0% found this document useful (0 votes)
125 views66 pages

Replies of Pre-Bid

The document summarizes clarification requests received in response to a tender issued by SPMCIL for hiring a system integrator. Key clarification requests include: 1) Modifying storage architecture requirements to specify support for deduplication and compression across all-flash storage capacity. 2) Increasing the minimum scalability requirement for hyperconverged infrastructure (HCI) solutions to 32 nodes or more. 3) Allowing the use of erasure coding to meet data protection requirements for all-flash storage. 4) Requiring validation of rolling upgrades by both software and hardware original equipment manufacturers. 5) Adding anomaly detection and what-if analysis capabilities to automated alerting and capacity optimization.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
125 views66 pages

Replies of Pre-Bid

The document summarizes clarification requests received in response to a tender issued by SPMCIL for hiring a system integrator. Key clarification requests include: 1) Modifying storage architecture requirements to specify support for deduplication and compression across all-flash storage capacity. 2) Increasing the minimum scalability requirement for hyperconverged infrastructure (HCI) solutions to 32 nodes or more. 3) Allowing the use of erasure coding to meet data protection requirements for all-flash storage. 4) Requiring validation of rolling upgrades by both software and hardware original equipment manufacturers. 5) Adding anomaly detection and what-if analysis capabilities to automated alerting and capacity optimization.
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 66

Clarification of Pre Bid Queries received against Tender No: SPMCIL/Corporate Office New Delhi/Purchase/5/21-22/ET/32[Hiring a System Integrator] Hiring

a System Integrator for technology refresh at DC,


DRC & business units along with migration of SAP ECC to SAP S/4 HANA platform for dated 04.04.2022
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

 Page 196 under Storage  The HCI solution should support Inline Deduplication and compression across  All Flash storage capacity has been asked in the RFP on HCI. So please modify this  As per RFP


Architecture  all storage tiers. clause as " The HCI solution should support Inline Deduplication and compression
 1. CIPL across all flash storage capacity" 

 Page 194 under Compute and  The proposed HCI solution should support minimum scalability of 8 nodes or  Most of HCI solution today can scale upto 64 nodes in single cluster. Suggest to ask for  As per RFP. Bidder may propose 


Storage Architecture  higher in a single cluster. Each appliance/ node should have dedicated  atleast 32 nodes or more for future scalabiltiy.  additional feature as required
2 CIPL redundant hot swap power supplies & cooling fans.

 Page 194 under Compute and  The storage capacity to be configured with minimum data protection of 1  Can the one data copy be created using erasure coding (RAID5) since this is  As per RFP


Storage Architecture  data copy or equivalent or higher. The capacity should be absolute capacity  configuration will be an AF SSD since the penalty of raw disk utilisation for a RAID5 is 
without considering any data efficiency techniques as data deduplication and  lesser in comparison to RAID1 (Mirroring)?
compression.
Any other capacity required for metadata, host maintenance mode, 
3 CIPL component rebuilds etc. should be factored over and above the capacity. 
There should not be any single point of failure including boot drives. If 
redundant boot drives are not available, then 1 node with same configuration 
as supplied nodes, must be provided as cold spare.

 Page 195 under Compute and  The solution should support non-disruptive rolling upgrades of HCI software  The solution should support non-disruptive rolling upgrades of HCI software including  As per RFP. Bidder may propose 


Storage Architecture  including hypervisor, SDS, drives firmware, BIOS, network card complete  hypervisor, SDS, drives firmware, BIOS,network card complete hardware and system  additional feature as required
hardware and system firmware from single console as a single patch pre- firmware from single console as a single patch pre-validated by both software and
4 CIPL validated from the HCI OEM. hardware OEM jointly (preferred). Also multi-cluster management for LCM is an 
added advantage for the SPMCIL to perform LCM simultaneously for more than single 
cluster.

 Page 195 under Management The HCI solution should have automated alert capability in the In addition, anomoly detection of the alerts and warnings is essential for the HCI As per RFP
5 CIPL event of critical server failure or thresholds that are crossed failures. Also what if analysis of capacity utilisation and optimization will help the 
which could impact server performance or customer SLA. SPMCIL to plan the capacity upgrade in future. 
3.2.3 page 35 System Integrator shall provide all required output/ reports directly from the  are you getting reports in Hindi language from current SAP version? As per RFP. Currently, reports 
system in multiple formats (Excel/ PDF/ Word, etc.) in line with the forms and  are not available in Hindi 
6 CIPL formats, as specified in SPMCIL manuals and decided during the course of  language.
implementation. Some of the reports may also be required in bi-lingual 
format i.e. both English and Hindi.
section IX page  70 Experience and Past Performance: A (II) Should have experience of at least 3 
This project covers Upgrade and  Migration activities, the experience mentioned here  As per RFP
projects relating to implementation of is only 1 project of Migration and  3 project of implementation, why 3 project of 
7 CIPL
SAP S/4HANA implemtation experience required?  We request for 1 project Implemtation 
experience instead of 3
Page#283ANNEXURE 13: Supply of Hardware at DC/ DRC/ BU (Refer section VI: Delivery Schedule):-  Request you to Amend the Payment Terms to:- 90% on Delivery of Hardware and As per RFP
CIPL
Payment Schedule Payment Terms-60% of A1 Soft Ware and 10% on Acceptance
On Operational Acceptance Supporting document:-Payment Terms-40% of A1 As per RFP
CIPL
CIPL Supply and Installation of Software As per RFP
8 CIPL Delivery of Software Licenses :-60% of A2 As per RFP
CIPL On Operational Acceptance:40% of A2 As per RFP
CIPL Implementation & Migration Services As per RFP
CIPL On Approval: Payment Terms-20% of A3 As per RFP
On UAT completion Supporting documents :Payment Terms-20% of A3 As per RFP
CIPL
Page# 8-Section I: Notice Inviting  GeM - Availability Report and Past Transaction Summary - ID (as per para 13  Kindly clarify This is for internal reference of 
9 CIPL
Tender below):GEM/GARPTS/23112020/ER7E86RZ2KHRc SPMCIL. Please ignore.
Page#79:Section XI: Price  e. Grand total (X+Y) should be same as quoted in Financial Form 1 of Section XI Kindly clarify As per RFP. The grand total of 
Schedule Form 2 (X+Y) should tally with 
10 CIPL
the price quoted in Form 1.

Page 1 of 66
RAVI PRAKASH Digitally signed by RAVI PRAKASH
YADAV
YADAV Date: 2022.06.20 11:54:19 +05'30'
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

3.2.1 Page 31 The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  Kindly note that all IT hardware can be supported upto a maximum period of 7 years  Refer Amendment 3


OEMs that the supplied hardware will be supported by them for a minimum  and would then need to undergo a Tech Refresh. This is so because enhancements in 
duration of ten (10) years from the date of commissioning of the hardware  the IT field are very gradual and rapid.
11 CIPL i.e. date of commissioning certificate issued by SPMCIL.

Page 186 HCI for SAP Environment for DC (As per Sizing Requirement & Technical  For parity in the proposed solutions by bidders, we recommend SPMCIL to please  As per RFP


12 CIPL
Specifications) mention minimum number of nodes in HCI solutions
Page 194 The proposed HCI solution should support minimum scalability of 8 nodes or  For even higher level of availability of the overall solution, we suggest that the  As per RFP. Bidder may propose 
higher in a single cluster.  proposed HCI solution shall support stretching the cluster between main DC and near  additional feature as required
13 CIPL
DR an thus enabling both local level and site level protection from any failures , in case 
SPMCIL plans for the same in future. 
Page 194 DC Non-SAP Environment Requirement We suggest that the proposed HCI solution should also support creation of file sharing  As per RFP. Bidder may propose 
services, based on key file share protocols like NFS and SMB, so that SPMCIL can  additional feature as required
14 CIPL
create policy based file sharing services for users/ VMs on the HCI solution itself.

Page 196 The solution should support Data at rest encryption  To facilitate higher level of data security, we suggest the proposed HCI solution shall  As per RFP. Bidder may propose 


15 CIPL also support data in transit encryption along with data at rest encryption additional feature as required

 Page 190-191  For Both Prod SAP S/4 and BW/4 DB System Remark says With HA but does   HCI Virtualized Platform also requested to be configured with  N+1 High Availability.


As per RFP. All production 
not list the second instance environment  including SAP 
16 CIPL
HANA, BW and EP should work 
in HA.
 Page 190-191  For Both Prod SAP S/4 and BW/4 DB System Remark says With HA but does  Do we plan to configure OS Level HA as well as Virtualize platform level HA  As per RFP.
not list the second instance As per requirement, both OS 
17 CIPL
and virtualized platforms should 
be in HA.
 Page 194 under Compute and  The proposed HCI solution should support minimum scalability of 8 nodes or  Most of HCI solution today can scale upto 64 nodes in single cluster. Suggest to ask for  Refer Serial Number 2
18 CIPL Storage Architecture  higher in a single cluster. Each appliance/ node should have dedicated  at least 32 nodes or more for future scalability. 
redundant hot swap power supplies & cooling fans.
 Page 194 under Compute and  The storage capacity to be configured with minimum data Can the one data copy be created using erasure coding (RAID5) since this is  Refer Serial Number 3
Storage Architecture  protection of 1 data copy or equivalent or higher. The capacity configuration will be an AF SSD since the penalty of raw disk utilisation for a RAID5 is 
should be absolute capacity without considering any data lesser in comparison to RAID1 (Mirroring)?
efficiency techniques as data deduplication and compression.
Any other capacity required for metadata, host maintenance
mode, component rebuilds etc. should be factored over and
19 CIPL
above the capacity.
There should not be any single point of failure including boot
drives.
If redundant boot drives are not available, then 1 node with
same configuration as supplied nodes, must be provided as
cold spare.
 Page 195 under Compute and  The solution should support non-disruptive rolling upgrades of The solution should support non-disruptive rolling upgrades of HCI software including  Refer Serial No. 4
Storage Architecture  HCI software including hypervisor, SDS, drives firmware, BIOS, hypervisor, SDS, drives firmware, BIOS, network card complete hardware and system 
network card complete hardware and system firmware from firmware from single console as a single patch pre-validated by both software and
20 CIPL
single console as a single patch pre-validated from the HCI hardware OEM jointly (preferred). Also multi-cluster management for LCM is an 
OEM. added advantage for the SPMCIL to perform LCM simultaneously for more than single 
cluster.
 Page 195 under Management The HCI solution should have automated alert capability in the In addition, anomoly detection of the alerts and warnings is essential for the HCI Refer Serial No. 5
21 CIPL event of critical server failure or thresholds that are crossed failures. Also what if analysis of capacity utilisation and optimization will help the 
which could impact server performance or customer SLA. SPMCIL to plan the capacity upgrade in future. 
 Page 195 under Storage  The HCI solution should support scaling storage capacity and The HCI should also support to linear scale out with compute only nodes as a As per RFP. Bidder may propose 
Architecture performance linearly by addition of nodes. parallel cluster connected to the existing HCI storage. Also, an external secondary additional feature as required
22 CIPL
FC/iSCSI storage array option to connect needs to be available from day one for
migration or archival purpose.

Page 2 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

 Page 195 under Storage  The HCI solution should support various data replication Can Erasure coding with RAID5 that can tolerate one component failure be  As per RFP. It should be able to 


Architecture methods like RF=2 or RF=3 or equivalent for data protection. considered? handle at  least 2 hard disk 
23 CIPL Any software license required to enable RF=2 or RF=3 or failure
equivalent solution, should be provided with the solution.

Suggestion Solution must be constituted as a single product consisting of hyper-converged As per RFP. Bidder may propose 


nodes, hardware virtualization, storage virtualization, network connectivity, better solution meeting all the 
management system, and support must be delivered in a unified way with a single requirements specified in the 
24 CIPL support contract authorized to take support calls for both the hardware and RFP
software on the appliance. It will help SPMCIL in day to day management of infra and 
they don't need to log tickets with different vendors for any issues on 
Infra/Virtualization layer
Suggestion Solution must have predictive failure analytics with proactive alert notifications. As per RFP. Bidder may propose 
HCI Solution should provide a Dial Home facility to pro-actively engage support additional feature as required
25 CIPL team for quicker hardware replacement and resolution. It will reduce workload on 
SPMCIL infra team and reduce downtimes

Suggestion Proposed HCI Solution should be aligned to a single product roadmap from a single As per RFP
26 CIPL
vendor. it will help in more visibility to SPMCIL in future upgrades
 Page 196 under Storage  The HCI solution should support Inline Deduplication and compression across  All Flash storage capacity has been asked in the RFP on HCI. So please modify this  Refer Serial Number 1
Architecture  all storage tiers. clause as " The HCI solution should support Inline Deduplication and compression
27 CIPL across all flash storage capacity" 

RFP_Techrefresh/Page 218 of  Precision Air Cooling should be of minimum 30kW capacity N+1 topology with  Request you to kindly add below in addi on to the men oned features :  •The  Refer Amendment 3


287/i) Integrated Data Centre  following features: cooling System should be DX (Variable) type in N+1  compressor should achieve the capacity modulation by adjusting the 
rack solution for DC Topology vertical/Horizontal positioning of the orbital scroll with respect to the fixed scroll 
l Inbuilt Heater and Humidifier to cater IT load up to 30kVA inside the compressor. By varying the time of “loaded state” and “unloaded state” of 
28 CIPL
l Outdoor Unit the scroll element, the required capacity should be obtained.
•  The ambient temperature to be considered  for the calculation of total capacity of 
the unit   should be 45 Degrees 

RFP_Techrefresh/Page 219 of  The UPS should be supplied with isolation transformer of appropriate rating. Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Isolation transformer is at the 


287/i) Integrated Data Centre  mountable UPS system . Else, UPS to be placed separate room  along with input  input.
rack solution for DC isolation transformer. Kindly confirm   Output of this isolation 
transformer will be provided as 
29 CIPL
input to all UPS. Isolation 
transformer will not be installed 
within racks but outside the 
racks.
RFP_Techrefresh/Page 219 of  Racks Request you to kindly add amend as below as asked in the DR requirement  : As per RFP
287/i) Integrated Data Centre  o Insulated 42 U racks, 04 numbers of racks are required for Racks
rack solution for DC the IT equipment (Server, Network, Storage, Security o Each Rack enclosure dimension should be 600 mm x 1000 mm with integrated hot & 
30 CIPL equipment etc.) cold aisle of minimum 300 mm
each for adequate airflow to the critical IT equipments.

RFP_Techrefresh/Page 220 of  Should support socket level monitoring Request you to kindly remove as mentioned specification is related to the intelligent  As per RFP


287/i) Integrated Data Centre  rack PDU which is not the part of the RFP 
31 CIPL
rack solution for DC / Monitoring- 
DCIM
RFP_Techrefresh/Page 220 of  DCIM should be compatible to monitoring third party DCIM should be compatible to monitoring third party As per RFP
287/i) Integrated Data Centre  products deployed in DC and DRC through following products deployed in DC and DRC through following
rack solution for DC / Monitoring-  communication channel communication channel
32 CIPL
DCIM  Modbus 485 Communications - Modbus 485 Communications
 SNMP Communication - SNMP Communication
- Potential Free / Dry Contact 

Page 3 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

RFP_Techrefresh/Page 220 of  Single window for monitoring all sensors Kindly confirm whether centralised single window monitoring has been asked for DC  Individual monitoring system 


287/i) Integrated Data Centre   Temperature & Humidity Sensor & DR  OR individual Monitoring system for the both DC & DR ?  for the both DC & DR is 
rack solution for DC / Monitoring-   Data and logs of historical information of alarms required. As per RFP
DCIM and notification
33 CIPL  Door opening sensor
 Water leak detection sensor
 Smoke detection sensor
 Other non-IT equipment deployed in DC and
DRC
CIPL RFP_Techrefresh/Page 223 of  Request you to kindly add below in addition to the mentioned features :                                                              
As per RFP
287/i) Integrated Data Centre  Precision Air Cooling should be of 20 kW capacity N+1                   o Cooling                                    •The compressor should achieve the capacity modula on by 
rack solution for DC  System should be DX (Variable) type in N+1 adjusting the vertical/Horizontal positioning of the orbital scroll with respect to the 
Topology fixed scroll inside the compressor. By varying the time of “loaded state” and 
34
o Inbuilt Heater and Humidifier to cater IT load up to “unloaded state” of the scroll element, the required capacity should be obtained.
20kVA •  The ambient temperature to be considered  for the calculation of total capacity of 
o Outdoor Unit the unit   should be 45 Degrees 

RFP_Techrefresh/Page 223 of  The UPS should be supplied with isolation transformer Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29


287/i) Integrated Data Centre  of appropriate rating. mountable UPS system . Else, UPS to be placed separate room  along with input 
35 CIPL
rack solution for DC / Monitoring-  isolation transformer. Kindly confirm  
DCIM
RFP_Techrefresh/Page 224 of  Racks Racks Refer Amendment 3
287/i) Integrated Data Centre  o Insulated 42 U racks, 02 numbers. o Insulated 42 U racks, 02 numbers.
36 CIPL rack solution for DC o Each Rack dimension should be 600 mm x 1000 mm o Each Rack dimension should be 600 mm x 1000 mm
with integrated hot & cold aisle of minimum 200 mm with integrated hot & cold aisle of minimum 300 mm
each. each.
RFP_Techrefresh/Page 225 of  DCIM should be compatible to monitoring third party DCIM should be compatible to monitoring third party Refer Serial Number 32
287/i) Integrated Data Centre  products deployed in DC and DRC through following products deployed in DC and DRC through following
rack solution for DC / Monitoring-  communication channel communication channel
37 CIPL
DCIM  Modbus 485 Communications - Modbus 485 Communications
 SNMP Communication - SNMP Communication
- Potential Free / Dry Contact 
RFP_Techrefresh/Page 228 of  Others Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29
287/i) Integrated Data Centre  The UPS should be supplied with isolation transformer mountable UPS system . Else, UPS to be placed separate room  along with input 
38 CIPL
rack solution for DC/iv) Online  of appropriate rating. isolation transformer. Kindly confirm  
UPS at DC
RFP_Techrefresh/Page 229 of  Others Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29
287/i) Integrated Data Centre  The UPS should be supplied with isolation transformer mountable UPS system . Else, UPS to be placed separate room  along with input 
39 CIPL
rack solution for DC/iv) Online  of appropriate rating. isolation transformer. Kindly confirm  
UPS at DR
OEM Credentials  The OEM of the Smart Rack should have at least 5 years of experience in executing  As per RFP
similar works (Similar works means – “SITC of  Intelligent Smart Rack Data Centre 
infrastructure”) in Central Govt./State Govt./PSU Organizations. Kindly accept the 
mentioned point to establish the OEM credentials to ensure quality & reliability of the 
40 CIPL
offered product 

OEM Credentials  The OEM must have executed minimum 05 Smart Rack projects , with minimum 03 no.  As per RFP


of Intelligent smart racks in each of the project , during the last 3 years from the of bid 
submission date .Kindly accept the mentioned point to establish the OEM credentials 
41 CIPL to ensure quality & reliability of the offered product 

OEM Credentials  OEM or Manufacturer should be ISO 9001: 2000, ISO 14001 , ISO/IEC 27001:2013 and  As per RFP


ISO 45001 certified. Kindly accept the mentioned point to establish the OEM 
42 CIPL
credentials to ensure quality & reliability of the offered product 

Page 4 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

OEM Credentials  The OEM of the smart rack data centre solution should have at least three qualified  As per RFP


and experienced DC certified professionals like CDCP/CDCS/CDCE/ATD on their 
company payroll with minimum 3 years’ experience in Data Centre designing and 
43 CIPL
implementation. Kindly accept the mentioned point to establish the OEM credentials 
to ensure quality & reliability of the offered product 

OEM Credentials  The OEM of the smart rack must have manufacturing and Engineering facility in India  As per RFP


for cooling & UPS solutions for Data Center. Kindly accept the mentioned point to 
44 CIPL
establish the OEM credentials to ensure quality & reliability of the offered product 

OEM Credentials  The Smart Rack OEM shall be present in Gartner Compe ve Landscape Research  As per RFP


Report for Edge in the Micro Modular Data Center Market as Leader in Data Center 
45 CIPL Facilities Specialist. Kindly accept the mentioned point to establish the OEM 
credentials to ensure quality & reliability of the offered product 

3.2 Price breakup for software  Backup Software/ Appliance The backup appliance is asked at single DC location, Please advise if the backup  As per RFP


(including any ATS during  For both DC and DRC appliance is to be factored at both the locations.
46 CIPL
Implementation & Migration 
Phase) Point#2
xviii) Disk to Disk Backup Solution  Minimum value of Maximum Write Throughput - 20 TB/hr. Understand that the throughput mentioned is considering the performance of the  As per RFP
47 CIPL Page 216 appliance & its deduplication & does not refer to the native throughput 

xviii) Disk to Disk Backup Solution  It should have feature to take backup unattended on It should have feature to take backup unattended on As per RFP. Bidder may propose 


Page 216 Other features daily basis daily basis additional feature as required
 It should have the feature to take backup  It should have the feature to take backup simultaneously for multiple servers.
simultaneously for multiple servers.  It should support RAID standards for the HDD fault tolerance for D2D.
 It should support RAID standards for the HDD fault  Solution must be Rack Mountable
tolerance for D2D.  It should have redundant power supply
 Solution must be Rack Mountable  The proposed backup software should have the capability to enable WORM on
48 CIPL  It should have redundant power supply the backup sets from the backup software console on proposed disk backup
appliance. The implementation should ensure that no data can be deleted on the
backup appliance even by the administrator. Justification: Considering the
mallacous attacks it is recommended to have the WORM feature enabled on the
backup appliances that protect from outsider and insider attacks. Hence request you to
incorporate the proposed change.

i) Backup software/ Appliance  The solution should be capable of integration with active directory, open  The solution should be capable of integration with active directory/open source  As per RFP. Bidder may propose 


Page 239  source domain infrastructure for ease of user rights management along with  domain infrastructure for ease of user rights management along with role-based  additional feature as required
49 CIPL role-based access control to regulate the level of management. access control to regulate the level of management. Justification: The current
specification is limiting, hence requset you to incorporate the proposed change for
wider participation.
i) Backup software/ Appliance  The proposed backup software should support WORM The proposed backup software should support WORM devices. The proposed backup As per RFP. Bidder may propose 
Page 239  devices. software should have the capability to enable WORM from the backup software additional feature as required
console on proposed disk backup appliance. The implementation should ensure
that no data can be deleted on the backup appliance even by the administrator.  
50 CIPL
Justification: Considering the mallacious attacks it is recommended to have the 
WORM feature enabled on the backup appliances that protect from outsider and 
insider attacks. Hence request you to incorporate the proposed change.

i) Backup software/ Appliance  Proposed software should have deduplication feature to work with any disk  Proposed software should have deduplication feature to work with any disk storage  As per RFP. Bidder may propose 


Page 239  storage including VTLs, D2D etc. including VTLs, D2D etc. The proposed software must integrate with OST, additional feature as required
CIFS,NFS,VTL protocols offered on the backup appliance natively. Justification:
51 CIPL
Considering the current requirement the backup software's integration should be with 
all the requested protocols on the backup appliance. Hence request you to 
incorporate the proposed change.

Page 5 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Special Instructions to Detailed CVs of proposed team members as per template  We request that CVs of the only core team may be requested. Sharing CV of full team  As per RFP


Tenderers (SIT) Provision may not be required at the proposal stage. It will take time to finalize the RFP and 
52 ABM PART II: TECHNICAL BID  award the contract, bidder may mobilize the resources once LOA is awarded and 
Page 16 of 287 contract is being signed. Hence identifying actual resources (entire team) to be 
deployed at this stage may not be possible.
3.2 Detailed Scope of Work It is to be noted that major civil and electrical works are already in place at  Here "and units of SPMCIL" is mentioned. Please clarify if Civil and electrical changes/  SI would be responsible for any 
3.2.1 Component 1: Site  DC, DRC and business units. However, it will be the responsibility of the  improvements are limited to DC and DR or it will include any other locations too? civil and electrical change or 
Preparation and Supply &  System Integrator to make necessary civil and electrical changes/  improvements required for 
Installation of Hardware  improvements in the existing setup at DC, DRC and Units of SPMCIL installation and operation of 
Page 30 of 287 supplied equipment. Primarily, 
civil & electrical work is 
53 ABM expected at DC & DRC, however 
there may be some 
requirements of electrical work 
at units of SPMCIL with respect 
to installation of infrastructure 
being supplied to units.

RFP Page 31 of 287 The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  OEM may not give 10 years commitment. OEMs generally give confirmation for 5  Refer Amendment 3


OEMs that the supplied hardware will be supported by them for a minimum  years. We request making changes accordingly
54 ABM duration of ten (10) years from the date of commissioning of the hardware 
i.e. date of commissioning certificate issued by SPMCIL.

Installation & Management The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  OEM may not give 10 years commitment. OEMs generally give confirmation for 5  Refer Amendment 3


Page 33 of 287 OEMs that the supplied software will be supported by them for a minimum  years. We request making changes accordingly
55 ABM
duration of ten years post-Operational Acceptance of the system.

Provisions for Delay in System Integrator shall undertake maintenance of all the existing hardware  We understand that the maintenance of existing SAP landscape, software and  As per RFP. In case of delay in 


Implementation and Migration and software of SPMCIL DC and DRC without any cost implication to SPMCIL.  hardware till the first 8 months of the project is not in the scope of SI appointed  operational acceptance beyond 
Page 40 of 287 through this tender. Please confirm the given timeline, System 
Integrator shall undertake 
maintenance of all the existing 
56 ABM
hardware and software of 
SPMCIL DC and DRC without any 
cost implica on to SPMCIL. 

Table 13: Helpdesk performance- 90% of the Level 2 calls shall be resolved within 8 working hours from call  This is very stringent timeline for Level 2 call. Please change this from 8 to 16 working  As per RFP


Warranty received/ logged whichever is earlier. However, the maximum resolution time  hours. 
57 ABM Conditions- Issue Resolution for any incident of this nature shall not exceed 48 hours. 
Page 54 of 287

Table 13: Helpdesk performance- 90% of the Level 3 calls shall be resolved within 16 working hours from call  This is very stringent timeline for Level 3 call. Please change this from 16 to 36 working  As per RFP


Warranty received/ logged whichever is earlier. However, the maximum resolution time  hours
58 ABM
Conditions- Issue Resolution for any incident of this nature shall not exceed 72 hours. 
Page 54 of 287
Section IX: Qualification/ A Consortium of maximum 2 members including the lead member  We request allowing maximum 3 parties in consortium. The scope involves Supply,  As per RFP
Eligibility Criteria- installation and maintenance of IT and Non-IT Infrastructure, part of Civil and 
Consortium electrical work, Migration of SAP ECC to S/4 HANA and Operations and maintenance. 
59 ABM
Page 69 of 287 Thus, different vendors may have different expertise and it would be good if vendors 
focus on their expertise and bid jointly, where in Lead bidder would carry overall 
responsibility
Table 18: Eligibility criteria- i) Should have experience of at least 1 project relating to migration from SAP  Bidder having experience of Migration from SAP ECC to SAP S/4 and atleast 1 project  As per RFP
Sr. No.1 Experience and Past  ECC to SAP S/4HANA.  of Implementation of HANA would be capable enough to execute this project. Real 
Performance-  skills to be evaluated is experience lies in executing project with Govt/ PSUs. 
60 ABM Applicability  Challenges faced in Govt/PSU projects are different. Hence, we request you to change 
A. Similar project experience:  this criterion such that bidder having experience of 1 project relating to 
Page 70 of 287 implementation of SAP S/4 HANA in Govt/PSU can also qualify

Page 6 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Table 18: Eligibility criteria- Should have experience of at least 1 project relating to setting up of 1 data  We understand that DC and DR on cloud too will be considered. Now a days most of  As per RFP


Sr. No.1 Experience and Past  centre and 1 disaster recovery centre including computing (involving 10  the projects, even in Govt/PSU are being done in cloud.
Performance-  physical servers or more) and networking infrastructure 
61 ABM
B. Infrastructure project
experience:
 Page 70 of 287
Table 18: Eligibility criteria ii) Should be SAP-certified partner for more than last 5 SAP License purchase is outside the scope of this RFP. Hence the criterion for SAP  As per RFP
Sr. No.2 Capacity Criteria -  years as on 31.03.2021 partner may be applicable to any one of the consortium members and may not be 
62 ABM Business Operations Point no. ii    Applicability kept mandatory for Lead bidder
Page 71 of 287 Sole Bidder/ Lead Member in case of Consortium 

Table 18: Eligibility criteria The average annual financial turnover of the bidder firm during last three  There seems to be some error here. The evaluation matrix marking is given where the  Refer Amendment 3


3. Financial Standing years, ending on ‘ the relevant date’, should be at least INR 75 crores  average turnover is more than 63 Cr.
63 ABM
Page 71 of 287 We request keeping the minimum average turnover as 50 to 60 Cr and not 75 Cr.

ANNEXURE 9: Minimum resource  Minimum Qualification   Please allow BCA degree as well for all consultant positions As per RFP


qualification  B.Tech./ BE/ MCA or equivalent 
64 ABM
i)SAP ABAP Consultant
Page 243 of 287
Table 91: Helpdesk performance-   90% of the Level 2 calls shall be resolved within 8 working hours from call  This is very stringent timeline for Level 2 call. Please change 8 working hours to 16  As per RFP
Service Level  received/ logged whichever is earlier. However, the maximum resolution time  working hours
65 ABM Description -  Issue Resolution  for any incident of this nature shall not exceed 48 hours. 
Page 262 of 287

Table 91: Helpdesk performance-   90% of the Level 3 calls shall be resolved within 16 working hours from call  This is very stringent timeline for Level 3 call. Please change 16 to 36 working hours As per RFP


Service Level  received/ logged whichever is earlier. However, the maximum resolution time 
66 ABM
Description - Issue Resolution  for any incident of this nature shall not exceed 72 hours. 
Page 262 of 287
ANNEXURE 13: Payment 1) Site preparation and Supply and Installation of Hardware  We request change in payment terms. For all bought-out items, OEMs take 100%  As per RFP
Schedule Amount Payable :  payment and it may result in negative cash-flow for the bidder if SPMCIL does not 
67 ABM
Page 283 of 287 i)60% of A1  release the payment on delivery. We suggest that 80% of A1 is released against Sr no 1 
ii)40% of A1  (i) and balance 20% against 1 (ii)
ANNEXURE 13: Payment (2) Supply and Installation of Software  We request change in payment terms. For all bought-out items, OEMs take 100%  As per RFP
Schedule Amount Payable :  payment and it may result in negative cash-flow for the bidder if SPMCIL does not 
68 ABM
Page 283 of 287 i)60% of A2  release the payment on delivery. We suggest that 80% of A1 is released against Sr no 1 
ii)40% of A2  (i) and balance 20% against 1 (ii)
ANNEXURE 13: Payment 3) Implementation & Migration Services  Please change payment against 3 (ii) from 20% to 30% of A3. This will make Payment  As per RFP
69 ABM Schedule Amount Payable :  terms such that bidder do not have negative cash-flow and it is win-win for both the 
Page 283 of 287 ii)20% of A3  parties
ANNEXURE 13: Payment 3) Implementation & Migration Services  Please change payment against 3 (iii) from 20% to 30% of A3. This will make Payment  As per RFP
70 ABM Schedule Amount Payable :  terms such that bidder do not have negative cash-flow and it is win-win for both the 
Page 283 of 287 iii)20% of A3  parties
ANNEXURE 13: Payment 3) Implementation & Migration Services  Please change payment against 3 (iv) from 40% to 20% of A3. As per RFP
71 ABM Schedule Amount Payable : 
Page 283 of 287 iv)40% of A3 
ANNEXURE 13: Payment (5) Post go-live operation & maintenance -  ATS for all Software and hardware license has to be paid in advance annually to OEMs.  As per RFP
Schedule Annual Technical Support-Software  Hence, we request to keep the same payment terms i.e. all ATS shall be paid annually 
72 ABM Page 283 of 287 at the start of the year
Amount Payable : 
i)B1*1/20 
ANNEXURE 13: Payment (5) Post go-live operation & maintenance -  Manpower Support  Manpower for support - please release this payment at the end of each month As per RFP
73 ABM Schedule Amount Payable : 
Page 283 of 287 i)B1*1/20 

Page 7 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

ANNEXURE 14: Technical  1.Average annual financial turnover of the bidder firm during last three  Net worth is also very important parameter to evaluate the financial capability of the  Refer Amendment 3


Evaluation Criteria years, ending on ‘the relevant date’  bidder. Hence either this turnover criterion can be reduced to be such that turnover of 
Page 286 of 287 INR 75 Cr will get maximum marks
Less than 63 Crores = 0 Marks More than 63 Crores upto 80 Crores = 5 marks  OR the bidder having an average Net worth of INR 100 Cr or more as on end of the last 
74 ABM More than 80 Crores upto 100 Crores = 10 marks  3 previous years can also get maximum marks.
More than 100 Crores= 15 marks

ANNEXURE 14: Technical  2.Experience of projects rela ng to migra on from SAP ECC to SAP S/4HANA  The vendor that has successfully migrated one SAP ECC to S/4 HANA would be capable  As per RFP


Evaluation Criteria to execute the project. Here more projects have been given more marks, but 
Page 286 of 287  No Projects = 0 Marks  considering the complexity and size of this project, it is required that more weightage 
>= 1 project and <=2 projects = 4 marks  is given to projects of similar size. Further importance should be given to project done 
>2 projects and <=5 projects = 7 marks  in Govt/PSU.
>5 projects = 10 marks  Hence instead of giving marks for more projects, project value should be considered.
1 project - 4 marks
If the project is for Govt/PSU in India than additional 3 marks
If the project for Govt/PSU is for more than 50 Cr, additional 3 marks
75 ABM

Above criterion would ensure that bidder having similar experience gets more marks.

Further, The purpose of allowing consortium is that multiple parties with 
complementing experience can come together. Hence Combined credentials of all 
partners should be considered

ANNEXURE 14: Technical  3.Experience of projects rela ng to implementa on of SAP S/4HANA  As mentioned in above point, the importance should be given to size and complexity  As per RFP


Evaluation Criteria of project and not just count of projects. Further importance should be given to 
<3 Projects = 0 Marks  project done in Govt/PSU.
Page 286 of 287  >= 3 projects and <=5 projects = 4 marks 
>5 projects and <=7 projects = 7 marks  We request changes as below: 
>7 projects = 10 marks 
The vendor that has successfully implemented S/4 HANA 
1 project - 4 marks
If the project is for Govt/PSU in India than additional 3 marks
76 ABM
If the project for Govt/PSU is for more than 50 Cr, additional 3 marks
 
Above criterion would ensure that bidder having similar experience gets more marks.

The purpose of allowing consortium is that multiple parties with complementing 
experiences can come together. Hence combined credential of all partners should be 
considered

ANNEXURE 14: Technical  4. As mentioned in above point, the importance should be given to size and complexity  As per RFP


Evaluation Criteria Experience of projects relating to setting up of DC and DRC along with  of project and not just count of projects. We request changes as below: 
networking infrastructure and involving 10 physical servers or more 
Page 286 of 287
1 project - 4 marks
No Projects = 0 Marks  If the project is for Govt/PSU in India than additional 3 marks
77 ABM
 >= 1 project and <=2 projects = 4 marks  If the project for Govt/PSU is for more than 50 Cr, additional 3 marks
 >2 projects and <=5 projects = 7 marks   
 >5 projects = 10 marks  Above criterion would ensure that bidder having similar experience gets more marks.

ANNEXURE 14: Technical  8.  Number of personnel with SAP certifications as required in RFP  The purpose of allowing consortium is that multiple parties with complementing  As per RFP


78 ABM Evaluation Criteria  Applicability:  experiences can come together. Hence Combined credentials of all partners should be 
Page 287 of 287 Sole Bidder/ Lead Member in case of Consortium  considered
Page 8 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

ANNEXURE 14: Technical  9.  Number of personnel with certifications in infrastructure (System Admin/  The purpose of allowing consortium is that multiple parties with complementing  As per RFP


Evaluation Criteria Network Admin/ Solution Architect/ Data Centre etc.)  experiences can come together. Hence Combined credentials of all partners should be 
79 ABM  Page 287 of 287 Applicability:  considered
Sole Bidder/ Any Member in case of Consortium 

General Please give module wise category wise Level 1, Level 2 and Level 3 count of call-logs  The information may be shared 


for past 1 year for the modules being used.  with successful bidder after 
80 ABM
signing contract and NDA with 
SPMCIL.
3. Scope of Work, P. no 29 System Integrator is required to configure and maintain Solution Manager  Is ChaRM already implemented in SolMan or needs to be implemented? What is the  As per RFP,
such that all the Change Requests are routed through Solution Manager only  tool SPMCIL uses to log tickets? Currently ChaRM is not 
during entire Contract period. implemented in SolMan. It 
81 NTT needs to be implemented by SI. 
SPMCIL is using CA service desk 
to log tickets

3.2.3 Component 3:  SAP is to be implemented at all units of SPMCIL as specified in Section VI:  Is the current SAP solutions implemented for all the business units as per section VI?  Current SAP solution is 


Implementation & Migration  SPMCIL Are there any roll outs also included in the scope? implemented for all the 
82 NTT Services Business Units of this bidding document business units. Roll out of new 
solution will be as per RFP. 

3.2.3 Component 3:  System Integrator is required to conduct all database cleansing activities  During S/4 HANA migration, the entire DB will be migration to HANA DB. There will be  As per RFP


Implementation & Migration  including no separate data migration activity. Hence data collection, data cleansing, data 
Services P. no 37 cleansing of master database, as per requirements of SPMCIL migration should be not be part of S/4 HANA migration scope. Generally, Data 
The scope of migration shall include but not limited to the following: cleansing is a continuous  and time consuming process. Ideally can be taken up post 
 Data collection from locations in the identified common data format migration or prior to start of the migration project and not along with this migration 
 Identify/ mapping of dependency fields project.
83 NTT
 Redundant data checks and verification
 Check for null data, missing data and mismatched data fields
 Legacy data migration
 Migration of sample data

Third Party Audit support of  The selection of the Third Party Auditor shall be done by SPMCIL. Kindly confirm if there will be a separate contract between SPMCIL and Third Party  Yes, there will be a separate 


infrastructure and solution Auditor? contract between SPMCIL and 
84 NTT
p no 38 Third Party Auditor.
As per RFP
3.2.6 Component 6: Operations &  The System Integrator is required to procure ATS (Annual Technical Support)  Kindly confirm if the procurement of SAP License along with 5 years ATS is in scope of  SAP license along with required 
Maintenance Support P. no 45 for all the supplied SPMCIL?  ATS will be procured by SPMCIL 
software from respective OEMs for a period of 5 years post Operational  separately. Rest of the licenses 
85 NTT Acceptance by SPMCIL will be provided by SI as per the 
requirements of RFP.

Section IX: Qualification/  Should be SAP certified partner for more than last 5 years as on 31.03.2021 Kindly change the date to 31.03.2022 Refer Amendment 3


Eligibility Criteria
86 NTT
2. Capacity Criteria
P. no 71
Section IX: Qualification/  Should have minimum 50 personnel with expertise in SAP implementation on  The organisation with only 50 employees may not be able to execute the complex SAP  As per RFP
Eligibility Criteria its payroll. migration. Request you to change the clause to following: "Should have minimum 500 
87 NTT
2. Capacity Criteria personnel with
P. no 71 expertise in SAP implementation on its payroll."
Section IX: Qualification/  CMMI Level Should have valid SEI Kindly change the clause to following: As per RFP
Eligibility Criteria CMMI (Capability Maturity Model) Level 5 CMMI Level Should have valid SEI
88 NTT
2. Capacity Criteria CMMI (Capability Maturity Model) Level 3
P. no 71
Section IX: Qualification/  CMMI Level Certificate: Kindly change the applicability to the following: As per RFP
Eligibility Criteria Applicability: Sole Bidder/ Lead Member in case of Consortium Applicability: Sole Bidder/ Any Member in case of Consortium
89 NTT
2. Capacity Criteria
P. no 71
Page 9 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Section IX: Qualification/  ISO 9001 Certificate: Kindly change the applicability to the following: As per RFP


Eligibility Criteria Applicability: Sole Bidder/ All Members in case of Consortium Applicability: Sole Bidder/ Any Member in case of Consortium
90 NTT
2. Capacity Criteria
P. no 71
Section IX: Qualification/  All Certificates: Request to change the clause to the following: As per RFP
Eligibility Criteria If the certificate has expired (not more than six months before the date of  If the certificate has expired (not more than six months before the date of
91 NTT 2. Capacity Criteria submission of bid) or is about to expire (within six months of date of  submission of bid) or is about to expire (within six months of date of submission of 
P. no 71 submission of bids), then provide the letter from the auditor along with the  bids), then provide the letter from the auditor along with the last certificate.
last certificate.
Section IX: Qualification/  i) The average annual financial turnover of the bidder firm during last three  The organisation with only 75 Crores turnover may not be able to execute the complex  As per RFP
Eligibility Criteria years, ending on ‘ the relevant date’, should be at least INR 75 crores SAP migration. Request you to change the clause to following:T
92 NTT 2. Financial Standing i) The average annual financial turnover of the bidder firm during last three years, 
P. no 71 ending on ‘ the relevant date’, should be at least INR 150 crores

4.2 Price breakup for manpower  Optional Manpower Requirement Since the modules mentioned are niche skills and hence the rates would be higher  As per RFP


93 NTT for 5 years P. no 88 The rates of these additional manpower should not be beyond the average  than the average rate of the SAP consultants prooposed. Request to remove the 
rate of the SAP consultants proposed by the bidder clause.
Section XVII: Letter of Authority  In case of pre-bid conference, self-attested copy of proof of purchase of Bid  Since the tender docomments are freely available in SPMCIL site, kindly remove the  There is no requirement of 
for attending a Pre-bid  docomments, in the name of the bidder must be enclosed with this  clause. submitting proof of purchase of 
94 NTT Conference/ authorization, without which entry would be refused. Bid docomments would  tender for pre-bid conference 
Bid Opening P no 102 be available for sale at the site also. meeting.

3. Additional Requirements Dynamic Dashboard for Senior Management. Kindly specify how many additional Dashboards are required? As per RFP. 


P. no 173 Bidders may assess this as per 
95 NTT
their past experience in similar 
projects.
3. Additional Requirements Integration with Microsoft Office and capability for multiple data sources  Does SPMICL have the relevant license? As per RFP. 
96 NTT P. no 173 integration & reporting. SPMCIL will procure the MS 
Office license. 
FIORI Kindly specify the number of FIORI apps to be developed? As per RFP.
Bidders may assess this as per 
their past experience in similar 
97 NTT
projects and requirements 
specified in the RFP. 

ANNEXURE 10: Service Level  More than 5 days: More than 5 days: As per RFP


Agreements (SLAs) INR 1000 per day (effective from 7th day of absence considering entitlement  INR 1000 per day (effective from 7th day of unauthorised absence considering 
98 NTT 4. SLA Monitoring of six leaves per quarter) entitlement of six leaves per quarter)
1. Resource availability P. no. 257

ANNEXURE 13: Payment Schedule i) On approval of mentioned deliverables: 20% As 60% of the payment is after go live, the cash flow will be severly affected: Request  As per RFP


P. no - 283 ii) On UAT completion: 20% to change the payment term as below:
iii) On Operational Acceptance: 20% i) On approval of mentioned deliverables: 20%
99 NTT
iv) On completion of Stabilization Period: 40% ii) On UAT completion: 40%
iii) On Operational Acceptance: 30%
iv) On completion of Stabilization Period: 10%
3.2.3 Component 3:  The SAP solution should have all the key modules as in existing SAP solution  Kindly specify the timeline for the implementation of the additional requirments.  All additional requirements 
Implementation & Migration  and additional modules as required to implement and migrate to the new  Are these additional requirements also need to be implemented during the 8 months  need to be implemented during 
Services P. No 33 solution. timelines of Migration? Since the implementation of these additional requirements  the 8 months timelines as 
can only be done post migration of the SAP ECC servers to HANA,it would be very  mentioned in RFP.
100 NTT
difficult to adhere to the 8 months time lines. Request to implement these additional 
requirements during the O & M period.

3.1 Summary of Scope of Work The Stage 1 shall also include stabilization period of 1 month. Request to change the stabilsation perod to 2 months. As per RFP


101 NTT P. No. 29

Page 10 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

ANNEXURE 13: Payment Schedule Supply of Hardware at DC/ DRC/ BU: Request to change the payment to atleast 80% of A1 as the bidder has to pay 100% to  Please refer Sr No 67


(1) Site preparation and Supply  60% of A1 the hardware vendor. Also payment schedule is not as per the delivery schedule of the 
and Installation of Hardware hardware (the delivery of the hardware starts in the 2nd month till 8th month)
102 NTT
P. no. 283

2.3  Non-IT infrastructure at DC & DRC Pls confirm emergency and raw power along with feeder required for new  As per RFP.


Page 27 The DC & DRC at SPMCIL have required non-IT infrastructure in place, which  panels/equipment's. Please confirm if this shall be arranged by SPMCIL The equipment to be provided 
include diesel generator sets, UPS, BMS, precision air-conditioners, fire  by bidder has been clearly 
103 KYNDRYL
suppression systems, fire alarm systems, card-based access systems, water  specified in the RFP. Raw power 
leakage detection systems, rodent repellent systems etc. will be provided by SPMCIL.

3.2.1 The System Integrator is required to ensure that DC and DRC are compliant to  Pls confirm DC & DR non-IT infrastructure shall be compliant to which Tier level of  As per RFP. If any additional DG 


Page 30 latest specifications mentioned under ANSI/ TIA-942 standards. The System  ANSI/TIA-942. In case customer is planning of Tier-3 compliant, than component like  set required, SPMCIL will 
104 KYNDRYL Integrator is also required to furnish a certificate in this regard after  DG set, main electrical panel shall be in N+N configuration. As per RFP DR is having  provide. It is applicable only for 
completion of site preparation/ activities. only one DG set. Pls confirm additional DG set required shall be supplied by SPMCIL or  DG set
SI.
3.2.1 The System Integrator is also required to furnish a certificate in this regard  Pls confirm SPMCIL is looking for certification by SI or third party consultant. Third  As per RFP. Certification for 
Page 30 after completion of site preparation/ activities. party certification shall be expensive hence we suggest self certification by SI. We  completion of site preparation 
105 KYNDRYL have vast experience of design, build and certifying Data Center as per TIA and Uptime  may be provided by SI or Third 
guidelines Party Certification Agency

3.2.6 Operations & Maintenance Support As a standard practice consumable required during AMC/warranty are supplied by  As per RFP. 


Page 45 customer and SI provide details of consumable during AMC/warranty. Pls confirm  Consumables, unless specified 
consumable required during AMC/warranty shall be provided by SPMCIL or SI  in RFP, such as, diesel, air filter, 
106 KYNDRYL
coolant, mobil oil, DG battery 
shall be provided by SPMCIL.

4.3 Price breakup for AMC of hardware for 4th & 5th years : Non-IT Equipment Pls confirm warranty/AMC of existing equipment's/system during entire contract  As per RFP


107 KYNDRYL
Page 91 period shall be managed by SPMCIL or SI
ANNEXURE 3 NON- IT INFRASTRUCTURE AT DATA CENTRE, IGM NOIDA & AT DRC, IGM  Pls confirm dismantling and shifting of existing non-usable items shall be done by SI or  Dismantling and shifting of 
Table 35 & 38 HYDERABAD SPMCIL. In case SI need to do shifting than pls share location where items need to  existing non-usable items shall 
Page 178,181 stored/delivered be done by SI. The locations 
108 KYNDRYL
shall be communicated during 
the project execution

ANNEXURE 3  NON- IT INFRASTRUCTURE AT DATA CENTRE, IGM NOIDA & AT DRC, IGM  Pls confirm if existing reusable equipment's available at DC & DRC are in working  As per RFP


Table 35 & 38 HYDERABAD condition or not. Also confirm during project implementation/integration if SI find's 
109 KYNDRYL Page 178,181 any existing equipment need repair or replacement before integration than pls 
confirm same shall be done by SPMCIL or SI.  

ANNEXURE 7 Minimum BoM for non-IT equipment CCTV system for DC is not mention in minimum BoM and also not part of existing  CCTV is already installed in DC.


110 KYNDRYL Table 41 infrastructure. Pls confirm if CCTV is required for DC as same need to be integrated 
Page 187 with BMS as per RFP.
4. ii Integrated Data Centre rack solution for DR : Precision Air Cooling should be  Rack power requirement is upto 15 KW for DR but cooling system of 20 KW capacity is  As per RFP 
Table 65 of 20 kW capacity N+1 topology with following features: asked in technical specification. As per rack power requirement, cooling system of 15 
111 KYNDRYL
Page 233 KW capacity is required. Pls re-confirm cooling capacity to be consider.

4. v Online UPS at DR Rack power requirement is upto 15 KW for DR but UPS rating mention in technical  As per RFP. This UPS is required  


Table 68 specification is 10 kVA. As per rack power requirement, UPS system of 20 kVA rating is  for running desktops, printers, 
112 KYNDRYL
Page 229 required. Pls re-confirm UPS rating to be consider. etc.

4. xvii Building Management System Pls confirm whether existing equipment's/system need to be integrated with BMS. If  As per RFP.


Table 80 yes pls confirm whether existing equipment's/system have communication module  Existing equipment/systems 
Page 237 compatible with BMS. If communication module is not available than SPMCIL or SI  (i.e. DG set)  need to be 
113 KYNDRYL shall provide the same. Pls confirm. integrated with BMS. 
Communication module 
available. If not compatible, SI 
has to provide the same
Page 11 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

General Pls confirm electricity, diesel  and water required during project execution and site  SPMCIL will provide electricity , 


114 KYNDRYL testing shall be provided by SPMCIL or SI. diesel and water as required

General Office sapce for SI duirng project implementaion shall be arrange by SPMCIL or SI SPMCIL will provide necessary 


115 KYNDRYL office space for SI onsite team 

General Storage space for project material duirng project implementaion shall be arrange by  SPMCIL will provide necessary 


116 KYNDRYL SPMCIL or SI storage space for project 
material
CMMI level Should have valid SEI CMMI (Capability Maturity Model) Level 5 The project is only using Packaged software and there is no development activity.  As per RFP
117 KYNDRYL Page 71 CMMI level 5 is for software development. Request please remove this requirment 
from Qualification
Annexure XIII Payment Schedule Request the Payment for Hardware should be reconsidered with 90% on delivery and  Refer Sr No 8
118 KYNDRYL
Page 283 10% on Acceptance
RFP_Techrefresh/Page 218 of  Precision Air Cooling should be of minimum 30kW capacity N+1 topology with  Request you to kindly add below in addition to the mentioned features :  Refer Amendment 3
287/i) Integrated Data Centre  following features.     •The compressor should achieve the capacity modula on by adjus ng the 
rack solution for DC lCooling System should be DX (Variable) type in N+1 Topology vertical/Horizontal positioning of the orbital scroll with respect to the fixed scroll 
l Inbuilt Heater and Humidifier to cater IT load up to 30kVA inside the compressor. By varying the time of “loaded state” and “unloaded state” of 
119 VERTIV
l Outdoor Unit the scroll element, the required capacity should be obtained.
•  The ambient temperature to be considered  for the calculation of total capacity of 
the unit   should be 45 Degrees 

RFP_Techrefresh/Page 219 of  The UPS should be supplied with isolation transformer of appropriate rating. Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial No 29


120 VERTIV 287/i) Integrated Data Centre  mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
rack solution for DC isolation transformer. Kindly confirm  
RFP_Techrefresh/Page 219 of  Racks Request you to kindly add amend as below as asked in the DR requirement  : Refer Serial No 30
287/i) Integrated Data Centre  o Insulated 42 U racks, 04 numbers of racks are required for Racks
rack solution for DC the IT equipment (Server, Network, Storage, Security o Each Rack enclosure dimension should be 600 mm x 1000 mm with integrated hot & 
121 VERTIV equipment etc.) cold aisle of minimum 300 mm each for adequate airflow to the critical IT equipments.

RFP_Techrefresh/Page 220 of  Should support socket level monitoring Request you to kindly remove as mentioned specification is related to the intelligent  Refer Serial Number 31


287/i) Integrated Data Centre  rack PDU which is not the part of the RFP 
122 VERTIV
rack solution for DC / Monitoring- 
DCIM
RFP_Techrefresh/Page 220 of  DCIM should be compatible to monitoring third party DCIM should be compatible to monitoring third party Refer Serial Number 32
287/i) Integrated Data Centre  products deployed in DC and DRC through following products deployed in DC and DRC through following
rack solution for DC / Monitoring-  communication channel communication channel
123 VERTIV
DCIM  Modbus 485 Communications - Modbus 485 Communications
 SNMP Communication - SNMP Communication
- Potential Free / Dry Contact 
RFP_Techrefresh/Page 220 of  Single window for monitoring all sensors Kinldy confirm whether centralised single window monitoring has been asked for DC  Refer Serial Number 33
287/i) Integrated Data Centre   Temperature & Humidity Sensor & DR  OR individual Monitoring system for the both DC & DR ? 
rack solution for DC / Monitoring-   Data and logs of historical information of alarms
DCIM and notification
124 VERTIV  Door opening sensor
 Water leak detection sensor
 Smoke detection sensor
 Other non-IT equipment deployed in DC and
DRC
RFP_Techrefresh/Page 223 of  Precision Air Cooling should be of 20 kW capacity N+1 Request you to kindly add below in addition to the mentioned features :  Refer Serial Number 34
287/i) Integrated Data Centre  o Cooling System should be DX (Variable) type in N+1 •The compressor should achieve the capacity modula on by adjus ng the 
rack solution for DC  Topology vertical/Horizontal positioning of the orbital scroll with respect to the fixed scroll 
o Inbuilt Heater and Humidifier to cater IT load up to inside the compressor. By varying the time of “loaded state” and “unloaded state” of 
125 VERTIV
20kVA the scroll element, the required capacity should be obtained.
o Outdoor Unit •  The ambient temperature to be considered  for the calculation of total capacity of 
the unit   should be 45 Degrees 

Page 12 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

RFP_Techrefresh/Page 223 of  The UPS should be supplied with isolation transformer Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29


287/i) Integrated Data Centre  of appropriate rating. mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
126 VERTIV
rack solution for DC / Monitoring-  isolation transformer. Kindly confirm  
DCIM
RFP_Techrefresh/Page 224 of  Racks Racks Refer Amendment 3
287/i) Integrated Data Centre  o Insulated 42 U racks, 02 numbers. o Insulated 42 U racks, 02 numbers.
127 VERTIV rack solution for DC o Each Rack dimension should be 600 mm x 1000 mm o Each Rack dimension should be 600 mm x 1000 mm
with integrated hot & cold aisle of minimum 200 mm with integrated hot & cold aisle of minimum 300 mm
each. each.
RFP_Techrefresh/Page 225 of  DCIM should be compatible to monitoring third party DCIM should be compatible to monitoring third party Refer Serial Number 32
287/i) Integrated Data Centre  products deployed in DC and DRC through following products deployed in DC and DRC through following
rack solution for DC / Monitoring-  communication channel communication channel
128 VERTIV
DCIM  Modbus 485 Communications - Modbus 485 Communications
 SNMP Communication - SNMP Communication
- Potential Free / Dry Contact 
RFP_Techrefresh/Page 228 of  Others Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29
287/i) Integrated Data Centre  The UPS should be supplied with isolation transformer mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
129 VERTIV
rack solution for DC/iv) Online  of appropriate rating. isolation transformer. Kindly confirm  
UPS at DC
RFP_Techrefresh/Page 229 of  Others Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29
287/i) Integrated Data Centre  The UPS should be supplied with isolation transformer mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
130 VERTIV
rack solution for DC/iv) Online  of appropriate rating. isolation transformer. Kindly confirm  
UPS at DR
Additional Points  - SMART RACK  Kindly accept the below points to establish the OEM credentials to ensure quality &  Refer Serial Number 40
OEM CREDENTILAS  reliability of the offered product . 
The OEM of the Smart Rack should have at least 5 years of experience in executing 
131 VERTIV
similar works (Similar works means – “SITC of  Intelligent Smart Rack Data Centre 
infrastructure”) in Central Govt./State Govt./PSU Organizations.

Additional Points  - SMART RACK  The OEM must have executed minimum 05 Smart Rack projects , with minimum 03 no.  Refer Serial Number 41


132 VERTIV OEM CREDENTILAS  of Intelligent smart racks in each of the project , during the last 3 years from the of bid 
submission date 
Additional Points  - SMART RACK  OEM or Manufacturer should be ISO 9001: 2000, ISO 14001 , ISO/IEC 27001:2013 and  Refer Serial Number 42
133 VERTIV
OEM CREDENTILAS  ISO 45001 certified. 
Additional Points  - SMART RACK  The OEM of the smart rack data centre solution should have at least three qualified  Refer Serial Number 43
OEM CREDENTILAS  and experienced DC certified professionals like CDCP/CDCS/CDCE/ATD on their 
134 VERTIV
company payroll with minimum 3 years’ experience in Data Centre designing and 
implementation.
Additional Points  - SMART RACK  The OEM of the smart rack must have manufacturing and Engineering facility in India  Refer Serial Number 44
135 VERTIV
OEM CREDENTILAS  for cooling & UPS solutions for Data Center.
Additional Points  - SMART RACK  The Smart RackOEM shall be present in Gartner Compe ve Landscape Research  As per RFP
136 VERTIV OEM CREDENTILAS  Report for Edge in the Micro Modular Data Center Market as Leader in Data Center 
Facilities Specialist.
Hyper Converged Infrastructure (HCI) Request to allow other standalone platforms, certified by SAP also for the SAP  Refer Amendment 3
137 IBM infrastructure .HCI / RISC and CISC platform .HCI / RISC and CISC platform .HCI / RISC 
and CISC platform 
HCI for SAP Environment for DC Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3
(As per Sizing Requirement & Technical proprietary to certain OEM's . 
Specifications) SAP ceritifes other hardware platform also like RISC and CISC architecture 
.HCI/RISC/CISC platform for DC
138 IBM
(As per Sizing Requirement & Technical
Specifications).HCI/RISC/CISC platform for DC
(As per Sizing Requirement & Technical
Specifications)
HCI for SAP Environment for DR Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3
(Sizing to be 50% of DC) proprietary to certain OEM's . 
SAP ceritifes other hardware platform also like RISC and CISC architecture 
139 IBM
.HCI/RISC/CISC platformfor DR
(Sizing to be 50% of DC).HCI/RISC/CISC platformfor DR
(Sizing to be 50% of DC)
Page 13 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

The solution should provide hyper converged system that Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3


allows delivery of enterprise-class storage services using X64 proprietary to certain OEM's . 
server infrastructures without dependence on a separate SAP ceritifes other hardware platform also like RISC and CISC architecture 
Storage Area Network & associated components such as SAN .The solution should be SAP Certified   (As per TDI/Appliance sizing guidelines).
140 IBM Switches & HBAs. Bidder can quote HCI/RISC/CISC as per the attached specification 
** Attached generic Specifications for RISC and CISC platform in the other sheet

The HCI solution should consist of minimum 132 cores and The  solution should consist of minimum required  cores and Refer Amendment 3


minimum 1.25 TB of memory. memory as per the (As per TDI/Appliance sizing guidelines).
- The solution should be configured with minimum of 40 TB - The solution should be configured at 65% sustained utlization. 
usable all flash storage capacity excluding all overheads. NOTE: All Overheads of CPU, memory should be provisioned in
141 IBM NOTE: All Overheads of CPU, memory for HCI software, terms of absolute cores, no processor level efficiency should
considering all features enabled for data efficiency be considered for overhead calculation.
(deduplication, compression etc.) should be provisioned in
terms of absolute cores, no processor level efficiency should
be considered for overhead calculation.
Page 23, section 2  SPMCIL is also planning to implement other important IT initiatives like  It is envisaged to implement next gen technologies like Blockchain, Analytics and   As per RFP
technical refresh of existing IT infrastructure, business analytics, global e- machine integration . We request you to define the use cases and requirement details 
142 IBM
Commerce portal, track & trace system, block-chain, machine integration etc. 

Page 213, Section: SIEM Solution SIEM system should have provision to include user and UBA is part of the SIEM, SOAR is usually a separate solution, As per RFP


143 IBM entity behaviour analytics (UEBA) and security Please let us know the number of Security analysts for SOAR licesning. Or if SOAR is 
orchestration, automation and response (SOAR). not the requirement in the first phase, kindly remoce the spec.
Page 62, Section: 5.  security requirements and specifications to be followed across entire solution There are list of security requirements for the posposed solution. However, the  As per RFP. Bidder may propose 
SecurityRequirements requirement are set at a high level to be complied by the Bidder. Request to clearly  additional feature as required
144 IBM mention the requirement for Centralized User Governance and Certification along 
with Access Management capabilities and Required Authentication Security, aligned 
with MFA.
Page 63, Section: 2 Audit Trail  2.2 Auditing of all user logins to the system. However, most of the systems provides the mechanism to log the user logins, failed  As per RFP. Bidder may propose 
and Logs 2.3 Auditing of all unsuccessful login attempts. logins and user profile changes individually, do you need a centralised access  additional feature as required
2.5 Auditing of all changes done on a user profile and access rights. management system which can give visibility of all your users accesses to the 
145 IBM
differenet systems, the logins, failed logins and user profile changes with their access 
rights. A system which can help you enhance the security and detect the fraud in a 
centralised fashion.
Page 64, Section: 4 Database  4.7 All access to the database should be secured and encrypted. The Database Security plays a major role in terms of securing your overall Security. Do  As per RFP. Bidder may propose 
Hardening you need a centralised solution to Monitor and control the access to all your DB  additional feature as required
146 IBM centrally and manage the Encryption of the DB so that only right users can access to 
Right Data in all the DB's spread accross your for supporting your different 
applications.
Page 65, Section: 6. Security  6.3 Follow the least privilege protection policy with a concept of super user. This is necessary to protect and manager the privilege access of all application and  As per RFP. Bidder may propose 
Infrastructure Infra across organisation to enforce the least Privilege Access policy. In order to  additional feature as required
147 IBM
enforrce the requirement, request to share all the requirements and control for 
Privilege Access with clear specifications.
General General Please share the number of Enterprise Users (Expected number of Employees,  As per RFP. Refer  Table 6 at 
148 IBM Contractors etc) and Privilege users(Approx number of IT Admins).  Page number 36 of RFP

ANNEXURE 7: Minimum Bill of  Hyper Converged Infrastructure (HCI) Request to allow other standalone platforms, certified by SAP also for the SAP  Refer Amendment 3


149 IBM
Material page no. 186 infrastructure HCI / RISC and CISC platform 
Minimum BoM for hardware  HCI for SAP Environment for DC Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3
page no. 186 (As per Sizing Requirement & Technical proprietary to certain OEM's . 
150 IBM
Specifications) SAP ceri fes other hardware pla orm also like RISC and CISC architecture 

HCI for SAP Environment for DR Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3


(Sizing to be 50% of DC) proprietary to certain OEM's . 
151 IBM
SAP ceri fes other hardware pla orm also like RISC and CISC architecture 

Page 14 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Detailed specifications for  The solution should provide hyper converged system that Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3


hardware page no. 194 allows delivery of enterprise-class storage services using X64 proprietary to certain OEM's . 
server infrastructures without dependence on a separate SAP ceritifes other hardware platform also like RISC and CISC architecture. 
152 IBM Storage Area Network & associated components such as SAN The solution should be SAP Certified   (As per TDI/Appliance sizing guidelines).
Switches & HBAs. Bidder can quote HCI/RISC/CISC as per the a ached specifica on 

 Detailed specifications for  The HCI solution should consist of minimum 132 cores and The  solution should consist of minimum required  cores and memory as per the (As  Refer Amendment 3


hardware - page no 195 minimum 1.25 TB of memory. per TDI/Appliance sizing guidelines).
- The solution should be configured with minimum of 40 TB - The solution should be configured at 65% sustained utlization. 
usable all flash storage capacity excluding all overheads. NOTE: All Overheads of CPU, memory should be provisioned in terms of absolute 
153 IBM NOTE: All Overheads of CPU, memory for HCI software, cores, no processor level efficiency should be considered for overhead calculation.
considering all features enabled for data efficiency
(deduplication, compression etc.) should be provisioned in
terms of absolute cores, no processor level efficiency should
be considered for overhead calculation.
ANNEXURE 7: Minimum Bill of  Hyper Converged Infrastructure (HCI) Request to allow other standalone platforms, certified by SAP also for the SAP  Refer Amendment 3
154 IBM
Material - page no 186 infrastructure 
1. Minimum BoM for hardware -  HCI for SAP Environment for DC Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3
page no 186 (As per Sizing Requirement & Technical proprietary to certain OEM's . 
155 IBM
Specifications) SAP ceri fes other hardware pla orm also like RISC and CISC architecture 

1. Minimum BoM for hardware -  HCI for SAP Environment for DR Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3


page no 186 (Sizing to be 50% of DC) proprietary to certain OEM's . 
156 IBM
SAP ceri fes other hardware pla orm also like RISC and CISC architecture 

3. Detailed specifications for  The solution should provide hyper converged system that Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3


hardware - page no 194 allows delivery of enterprise-class storage services using X64 proprietary to certain OEM's . 
157 IBM server infrastructures without dependence on a separate SAP ceri fes other hardware pla orm also like RISC and CISC architecture 
Storage Area Network & associated components such as SAN
Switches & HBAs.
3. Detailed specifications for  The HCI solution should consist of minimum 132 cores and minimum 1.25 TB  The  solution should consist of minimum required  cores and Refer Amendment 3
hardware - page no 195 of memory. memory as per the (As per TDI/Appliance sizing guidelines).
- The solution should be configured with minimum of 40 TB usable all flash  - The solution should be configured at 65% sustained utlization. 
storage capacity excluding all overheads. NOTE: All Overheads of CPU, memory should be provisioned in
158 IBM
NOTE: All Overheads of CPU, memory for HCI software, considering all  terms of absolute cores, no processor level efficiency should
features enabled for data efficiency (deduplication, compression etc.) should  be considered for overhead calculation.
be provisioned in terms of absolute cores, no processor level efficiency 
should be considered for overhead calculation.
Detail Specification for hardware -  The HCI storage should have automation to schedule snapshot/ space  What backup software is to be considered. What will be maximum retention of weekly  As per RFP
 page no. 196 efficient full backups for hourly/ weekly/ monthly policies. Any additional  and monthly full backups. Hourly backup will be only logs backup?
159 IBM
software or license should be provided with the solution

3.5 Warranty Conditions, The System Integrator is also required to monitor the working of MPLS links  SLA depends heavily on MPLS link across the organisation for any enterprise  As per RFP


Page 53 and coordination application like SAP HANA.It is recommended to entrust the bidder with the supply  MPLS services are separately 
with MPLS vendors/ service providers. However, resolution of any issues in  and commissioning of primary MPLS-VPN links for better management of SLA as well  managed by SPMCIL. SPMCIL is 
MPLS links will as optimum throughput of SAP HANA and other applications. taking service from 2 service 
160 RAILTELINDIA be done by respective vendors/ service providers. providers to maintain the SLA 
for 99.9% of connectivity. There 
is no  inter-dependency 
between the 2 service providers 
.
Eligibility criteria A. Similar project experience: There are very few SAP HANA migration/installation and hence this is a restrictive  As per RFP
Page 70 clause. Moreover this is a new phenomenon in IT industry..To make it broadbased this 
161 RAILTELINDIA
should be change to "The bidder should have SAP HANA certified consultants"

Eligibility criteria CMMI Level SAP HANA is implemented as per SAP best practices and hence CMMI Level 5 again  As per RFP


162 RAILTELINDIA Page 71 becomes a restrictive clause..To make it broadbased this clause should be dropped.

Page 15 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

ANNEXURE 7: Minimum Bill of  Hyper Converged Infrastructure (HCI) Request to allow other standalone platforms, certified by SAP also for the SAP  Refer Amendment 3


163 RAILTELINDIA Material infrastructure .HCI / RISC and CISC platform 
Page 186
1. Minimum BoM for hardware HCI for SAP Environment for DC Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3
Page 186 (As per Sizing Requirement & Technical proprietary to certain OEM's . 
Specifications) SAP ceritifes other hardware platform also like RISC and CISC architecture 
164 RAILTELINDIA
.HCI/RISC/CISC platform for DC
(As per Sizing Requirement & Technical
Specifications)
Page 186 HCI for SAP Environment for DR Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3
(Sizing to be 50% of DC) proprietary to certain OEM's . 
165 RAILTELINDIA SAP ceritifes other hardware platform also like RISC and CISC architecture 
.HCI/RISC/CISC platformfor DR
(Sizing to be 50% of DC)
3. Detailed specifications for  The solution should provide hyper converged system that Request to include other SAP certified hardware apart from HCI environment, as HCI is  Refer Amendment 3
hardware allows delivery of enterprise-class storage services using X64 proprietary to certain OEM's . 
Page 194 server infrastructures without dependence on a separate SAP ceritifes other hardware platform also like RISC and CISC architecture 
Storage Area Network & associated components such as SAN .The solution should be SAP Certified   (As per TDI/Appliance sizing guidelines).
166 RAILTELINDIA Switches & HBAs. Bidder can quote HCI/RISC/CISC as per the attached specification 
** Attached generic Specifications for RISC and CISC platform in the other sheet

Page 195 The HCI solution should consist of minimum 132 cores and The  solution should consist of minimum required  cores and Refer Amendment 3


minimum 1.25 TB of memory. memory as per the (As per TDI/Appliance sizing guidelines).
- The solution should be configured with minimum of 40 TB - The solution should be configured at 65% sustained utlization. 
usable all flash storage capacity excluding all overheads. NOTE: All Overheads of CPU, memory should be provisioned in
167 RAILTELINDIA NOTE: All Overheads of CPU, memory for HCI software, terms of absolute cores, no processor level efficiency should
considering all features enabled for data efficiency be considered for overhead calculation.
(deduplication, compression etc.) should be provisioned in
terms of absolute cores, no processor level efficiency should
be considered for overhead calculation.
2.1 SAP application Currently the following modules of SAP are implemented at SPMCIL: Finance Along with the conversion is there a plan to implement SAP new applications like, As per RFP. 
(FI) , Controlling (CO) , Material Management (MM) , Sales & Distribution (SD) Success Factors, Ariba, etc
, Production Planning (PP) , Plant Maintenance (PM) , Quality Management
168 TCS (QM) , Human Capital Management (HCM) , Business Intelligence (BI) ,
Enterprise Portal (EP) , Document Management System (DMS) , Solution
Manager , Project Systems , ABAP , Basis.

2.1 SAP application The current SAP landscape is depicted below: Provide the 3rd party systems in the IT landscape integrating with SAP. Please As per RFP
169 TCS
elaborate on the interface application that is being utilized.
2.1 SAP application The current SAP landscape is depicted below: DB Size without compression (in GB) per system of the landscape SAP DB Size :
SAP ECC - 757 GB
BIP - 107 GB
EPP - 14 GB

Landscape :
For ECC - Development -> 
Quality -> Production
For BI - Development -> Quality -
170 TCS > Production
For EP - Development -> Quality 
-> Production

Oracle version:- 11.2.0.3.0
SAP  ERP 6 EHP7 support pack 14
 SAP BW 7.0 level 3

Page 16 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

2.1 SAP application Please do share details of ongoing projects that have a dependency on the S/4HANA As per RFP.
program. Refer clause 2 - "Existing IT 
171 TCS
systems" at page no. 23 of the 
Tender.
2.1 SAP application Please share the master business process list as well commonality between in scope The information may be shared 
entities. with successful bidder after 
172 TCS
signing contract and NDA with 
SPMCIL.
2.1 SAP application Currently the following modules of SAP are implemented at SPMCIL: Finance Is there any consolidation system currently in use. Please provide details As per RFP
(FI) , Controlling (CO) , Material Management (MM) , Sales & Distribution (SD)
, Production Planning (PP) , Plant Maintenance (PM) , Quality Management
173 TCS (QM) , Human Capital Management (HCM) , Business Intelligence (BI) ,
Enterprise Portal (EP) , Document Management System (DMS) , Solution
Manager , Project Systems , ABAP , Basis.

3.1 Summary of Scope of Work The duration of the project will be as mentioned in Section V: Special Can the bidder provide an alternate plan/ timeline. As per RFP
Conditions of Contract (SCC), S. No. 2, GCC clause no. 10.1 and will have 2
stages: - Stage 1 will cover design, customization, migration, testing &
Operational Acceptance. It is expected that project implementation will be
174 TCS completed in 8 months by the System Integrator. The Stage 1 shall also
include stabilization period of 1 month. - Stage 2 will cover post go-live
operation and maintenance support after Operational Acceptance i.e. after
completion of stage 1

3.2.1 Component 1: Site The System Integrator is also required to furnish the sizing reports vetted by Please provide details if advisory services from SAP is expected in the scope of work As per RFP. Bidder needs to 
Preparation and Supply & the SAP as well as other software OEMs for the software specifications and ensure adequate 
175 TCS Installation of Hardware provide an undertaking as specified in Annexure 12. advisory/technical support 
services from respective OEMs

176 TCS NA NA Do you have a SAP data archiving strategy in your landscape? As per RFP


NA NA Is SPMCIL looking for Near Zero Down time option to production instances during Go As per RFP
177 TCS
live cutover period ?
178 TCS NA NA What is the expected start date and go-live date for the migration project. As per RFP
NA NA Please provide the current practice of doing master data management. Please explain As per RFP. Any additional 
the process information may be shared with 
179 TCS
successful bidder after signing 
contract and NDA.
ANNEXURE 8: Technical SAP S/4 HANA sizing requirement We assume the SAP S/4 HANA sizing provided is based upon output of “SAP Standard As per RFP. Any additional 
specifications and sizing HANA sizing report” as per SAP OSS Note 1872170. Can you provide output of the information may be shared with 
180 TCS
requirements same? successful bidder after signing 
contract and NDA.
ANNEXURE 4: Existing IT and non- Existing SAP Sizing Can you provide DB Size for each of existing SAP System application / Instance? Please Refer S. No. 170
181 TCS
IT infrastructure at DRC provide SAP EWA report of SAP Systems.
Pg 55 - Section 3.6 Disposal of old  The SPMCIL also requires to dispose-off its old IT infrastructure in a secured  Request to exclude this from scope of RFP. We will not buyback old Inventory. 
inventory and efficient manner. Request SPMCIL to arrange the disposal of old inventory on its own. As per RFP
The System Integrator shall also be responsible in disposing off old IT 
182 TCS
inventory of SPMCIL after
complete migration to new infrastructure as per the policy approved by 
SPMCIL.
Pg 263 -  Section - Violations and  In case total of all penalties for not meeting any performance target exceeds  Pls modify the clause to be read as - In case total of all penalties for not meeting any  As per RFP
associated penalties (For S. No.  more performance target exceeds more than 10% of respective quarterly payment in two 
183 TCS 1&2) than 20% of respective quarterly payment in two consecutive quarters then  consecutive quarters then Employer (SPMCIL) may terminate the Contract.
Employer
(SPMCIL) may terminate the Contract.
Gerneral - Taxes and Duties NA We recommend that Customer must include below clause- As per RFP
Any change in GST rates or introduction of new tax by Govt. of India during the 
184 TCS
tensure of the contract will be charged to SPMCIL at the rate applicable at the time of 
invoicing.

Page 17 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Gerneral - Credit period NA We recommend that Customer must include below clause- As per RFP


185 TCS SPMCIL must release the payment due within 30 days from date of invoice or 
milestone due date whichever is later.
Gerneral - Product billing SPMCIL must accepte the 100% bill with GST for Hardware on its delivery. It must  As per RFP
186 TCS
make its payment as per the agreed milestone payment terms.
Pg 25  of General conditions of  Section 29- Termination for convenience Kindly delete clause related to Termination for convenience. As per RFP
187 TCS
contract
3.2.6 Page 46 Helpdesk Generic 1. Kindly confirm the channels for loging tickets: Calls, Webportal or Email Etc 1. Tickets to be lodged through 
2. Mode of communication English, Hindi or both? all channels as mentioned in RFP
3. Is there any requirement for outbound calls?  2. As per RFP. Except data, all 
4. What is expected Call volume for IT Helpdesk contents need to be available in 
bilingual (Hindi & English).
3. The requirement of outbound 
188 TCS call will be as per RFP
4. Bidders need to estimate as 
per their prior experience in 
similar projects

3.2.6 Page 46 Helpdesk Generic Kindly confirm whether Helpdesk tool setup will be on Premise or Cloud? Helpdesk tool to be set up on 


189 TCS premise as per RFP. As per RFP

2.1 SAP application Currently the following modules of SAP are implemented at SPMCIL: Finance Along with the conversion is there a plan to implement SAP new applications like, As per RFP
(FI) , Controlling (CO) , Material Management (MM) , Sales & Distribution (SD) Success Factors, Ariba, etc
, Production Planning (PP) , Plant Maintenance (PM) , Quality Management
190 TCS (QM) , Human Capital Management (HCM) , Business Intelligence (BI) ,
Enterprise Portal (EP) , Document Management System (DMS) , Solution
Manager , Project Systems , ABAP , Basis.

2.1 SAP application The current SAP landscape is depicted below: Provide the 3rd party systems in the IT landscape integrating with SAP. Please As per RFP
191 TCS
elaborate on the interface application that is being utilized.
192 TCS 2.1 SAP application The current SAP landscape is depicted below: DB Size without compression (in GB) per system of the landscape Refer Serial Number 170
2.1 SAP application Please do share details of ongoing projects that have a dependency on the S/4HANA  Refer Serial Number 171
193 TCS
program.
2.1 SAP application Please share the master business process list as well commonality between in scope  Refer Serial Number 172
194 TCS
entities.
2.1 SAP application Currently the following modules of SAP are implemented at SPMCIL: Finance Is there any consolidation system currently in use. Please provide details Refer Serial Number 173
(FI) , Controlling (CO) , Material Management (MM) , Sales & Distribution (SD)
, Production Planning (PP) , Plant Maintenance (PM) , Quality Management
195 TCS (QM) , Human Capital Management (HCM) , Business Intelligence (BI) ,
Enterprise Portal (EP) , Document Management System (DMS) , Solution
Manager , Project Systems , ABAP , Basis.

3.1 Summary of Scope of Work The duration of the project will be as mentioned in Section V: Special Can the bidder provide an alternate plan/ timeline. Refer Serial Number 174
Conditions of Contract (SCC), S. No. 2, GCC clause no. 10.1 and will have 2
stages: - Stage 1 will cover design, customization, migration, testing &
Operational Acceptance. It is expected that project implementation will be
196 TCS completed in 8 months by the System Integrator. The Stage 1 shall also
include stabilization period of 1 month. - Stage 2 will cover post go-live
operation and maintenance support after Operational Acceptance i.e. after
completion of stage 1

3.2.1 Component 1: Site The System Integrator is also required to furnish the sizing reports vetted by Please provide details if advisory services from SAP is expected in the scope of work Refer Serial Number 175
Preparation and Supply & the SAP as well as other software OEMs for the software specifications and
197 TCS
Installation of Hardware provide an undertaking as specified in Annexure 12.

198 TCS NA NA Do you have a SAP data archiving strategy in your landscape? Refer Serial Number 176


NA NA Is SPMCIL looking for zero downtime or please elaborate on the expected down time Refer Serial Number 177
199 TCS
Page 18 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

200 TCS NA NA What is the expected start date and go-live date for the migration project. Refer Serial Number 178


NA NA Please provide the current practice of doing master data management. Please explain Refer Serial Number 179
201 TCS
the process
ANNEXURE 8: Technical SAP S/4 HANA sizing requirement We assume the SAP S/4 HANA sizing provided is based upon output of “SAP Standard Refer Serial Number 180
202 TCS specifications and sizing HANA sizing report” as per SAP OSS Note 1872170. Can you provide output of the
requirements same?
ANNEXURE 4: Existing IT and non- Existing SAP Sizing Can you provide DB Size for each of existing SAP System application / Instance? Please Refer S. No. 170
203 TCS
IT infrastructure at DRC provide SAP EWA report of SAP Systems.
Migration… Pg – 36 & 37 System Integrator must undertake all necessary data migration for the proper SPMCIL may appreciate that Data Collation / Collection, Cleansing including Master As per RFP
functioning of the solution. System Integrator is required to conduct all Data, Data Fulfilment / Completeness etc. are the prime responsibility of the Client as
database cleansing activities including cleansing of master database, as per the Data Onus lies with the Organisation. SI role is limited to facilitating the client for
requirements of SPMCIL uploading of the data in the system.
204 TCS
Accordingly, requests to pl amend the same in the RFP wherever required and please
confirm

Section 3.2.4, page 41 (Training) Table – 8, Serial No 3, Product Training to 1200 End Users Understand that the Product Training is expected to be provided for the complete End As per RFP
User Community. However, it is emphasized that the Train the Trainer Approach must
be followed for the same wherein the SI shall train a limited set of of SPMCIL Trainers
205 TCS
who in turn will train the rest of the End User Community. Subsequently, these
trainers will also act as Power User Community of SPMCIL. Please confirm

Section 3.2.6, Page 45 (Operation The System Integrator is required to procure ATS (Annual Technical Support) Does this include the cost of SAP ATS as well, Please confirm SAP license along with  ATS will 
& Maintenance Support) for all the supplied software from respective OEMs for a period of 5 years be procured by SPMCIL 
206 TCS post Operational Acceptance by SPMCIL. separately. Rest of the licenses 
will be provided by SI.

Section 4, Page 56 (Delivery After issue of LoI/ Notification of Award to selected bidder, the assignment This is a large engagement and deployment of resources for the same usually takes As per RFP
Schedule) will commence within 1 month. The System Integrator has to deploy requisite time. Accordingly, propose to have this deployment time as 08 Weeks from the date
207 TCS
team in place before the commencement of assignment… of LOI. Also the resources will be deployed in a phased manner depending upon the
nature of work. Pleae confirm.
Security Requirements(S.No. - Implementation of latest version of As per RFP, ISO certification needed for DC & DRC, SI assumes cost of ISO270001 audit As per RFP.
208 TCS 8.1) & Page No.- 65 applicable ISO 27001 standards for DC & cost will be borne by SMPCIIL It will be borne by SI only
DRC.
Third Party Audit support of SPMCIL may engage a Third Party Auditor (TPA) for audit of entire solution Third party audit need to perform for applications, please share frequency and period As per RFP
infrastructure and solution(Page including IT and non- for the same
No. 38) IT infrastructure and applications at DC, DRC and business units supplied,
209 TCS installed and
commissioned by the System Integrator. The selection of the Third Party
Auditor shall be done by
SPMCIL.
2. Existing IT Systems SPMCIL has implemented a few IT initiatives which include SAP ERP, SAP We understand that efforts required for all such future integrations would be taken up As per RFP
business intelligence as change requests. Please confirm
reports, mail & messaging, e-Office, video conferencing, etc. with dedicated
DC and DRC. SPMCIL
is also planning to implement other important IT initiatives like technical
refresh of existing IT
infrastructure, business analytics, global e-Commerce portal, track & trace
system, block-chain,
210 TCS
machine integration etc. Some of the initiatives have already been
implemented or are being
implemented and some of them are still in pipeline. SPMCIL envisages to
implement all these new
initiatives in a span of next one to two years. These new initiatives shall also
have some level of
integration or interfacing with the SAP S/4HANA system, which will be
decided in due course of

Page 19 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

3.2.1 Component 1: Site The bidders are also required to make provisions for any servers like SysLog Please clarify whether the existing DC and DRC are compliant to any standards as of As per RFP. Refer Page 31 of RFP 
Preparation and Supply & Server etc. necessary for implementation of the system. It may also be noted now? document
Installation of Hardware that SPMCIL has recently implemented e- Office and Video Conferencing
211 TCS
solutions. Bidders are required to keep provisions of 14U rack space at DC and 
8U rack space at DRC for redeployment of existing Video Conferencing & e-
Office solutions.
Design of Business Blueprint/ Design of Business Blueprint/ Design Document 1. Please confirm that the scope of bilingual reports is limited to the labels and 1. As per RFP. Except data, all 
Design Document Page 35 headings being available in Hindi, however all the data will be in English only. contents need to be available in 
2. Please confirm that the Hindi translation of the labels etc will be provided by the bilingual (Hindi & English).
department. 2. As per RFP. The Hindi 
212 TCS
translation of  all the contents 
will be provided by successful 
bidder

Migration Page 37 Data collection from locations in the identified common data format 1. We understand that the existing SAP deployment is centralized. Please confirm. 


2. If so, please clarify what is meant by collecting data from locations? 1. Existing SAP is deployed 
centralized 
213 TCS
2. There may be need to collect 
some data from units during 
migration
Migration Page 37 It will be the responsibility of the System Integrator to keep safely and intact, We understand that the existing Oracle DB is a part of the current SAP implementation As per RFP
the copy of and the licences would also be covered under the same. 
database of existing database in case of any unseen disaster 1. Please confirm that the necessary Oracle licences would continue to be provided by
the department so that the existing database can be maintained even after the
214 TCS
decommissioning of the existing system.
2. Please clarify how many server cores does the bidder need to provision for
continuing to maintain the existing Oracle DB in the new server environment.

Migration Page 37 Data collection from locations in the identified common data format 1. We understand that the existing SAP deployment is centralized. Please confirm.  Refer Serial Number 213


215 TCS 2. If so, please clarify what is meant by collecting data from locations?

Migration Page 37 It will be the responsibility of the System Integrator to keep safely and intact, We understand that the existing Oracle DB is a part of the current SAP implementation As per RFP
the copy of and the licences would also be covered under the same. 
database of existing database in case of any unseen disaster 1. Please confirm that the necessary Oracle licences would continue to be provided by
the department so that the existing database can be maintained even after the
216 TCS
decommissioning of the existing system.
2. Please clarify how many server cores does the bidder need to provision for
continuing to maintain the existing Oracle DB in the new server environment.

Migration Page 38 No. of mailboxes/ users Please confirm what is the mailbox size per user that needs to be provisioned. As per RFP


217 TCS
Operational Acceptance of Certificate of go-ahead from third party auditor, if applicable 3rd party audit of the application may take substantial time. Please apportion As per RFP
218 TCS
solution Page 39 corresponding time in the project schedule foe the same
3.2.4 Component 4: Capacity Batch size to be defined unit wise/ business wise 1. Please clarify the locations where the training will be held and how many users are 1. As per RFP
Building and Change as per mutual agreement) to be trained per location. 2.  The required infrastructure 
Management Page 41 2. Please confirm that all the required infrastructure for training in terms of PCs, for training in terms of PCs, 
projectors, stationery, connectivity etc. will be provisioned by the department projectors, stationery and 
219 TCS connectivity will be provided by 
SPMCIL. However any training 
material, manual, CD etc. will be 
provided by SI.

3.2.6 Component 6: Operations & The System Integrator shall ensure that the entire solution shall have no Having no defects is not a realistic proposition in any software project. Request that As per RFP
Maintenance Support Page 45 defect arising from the design or installation or configuration of this clause may be suitably modified 
220 TCS
hardware and software. 

Replication, Backup and Existing data backup mechanism is provided below: Since the bidder has to calculate and provision the storage requirement for backup, As per RFP
Restoration Page 47 please confirm that the bidder can consider the same backup frequency and retention
221 TCS
policy for the project. Any changes to the same at a later stage would result in change
in the storage requirement
Page 20 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

3.3.1 Team composition at Data 3.3.1 Team composition at Data Centre, Noida There is no resource mentioned for the HANA database expert role which is a critical Bidders may assess the 
Centre, Noida Page 48 requirement. Please clarify what is the minimum resource requirement for the same manpower requirements and 
222 TCS so that all bidders are on the same page propose accordingly. RFP 
mentions minimum resource 
requirements.
Installation & Management & The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  Any Hardware/Software products EOL supports only 5-6 years. How we are expecting Refer Amendment 3
Page No 33 OEMs that the supplied software will be supported by them for a minimum  to get a certificate form OEMs of ten years.
223 TCS
duration of ten years post Operational Acceptance of the system.

Component 1: Site Preparation  It is to be noted that major civil and electrical works are already in place at  Kindly provide the details like what is the height of Flase ceiling and flase flooring? 


Bidder can visit the site for any 
224 TCS
and Supply & Installation of  DC, DRC and business units. However, it pre-assessment.
Hardware & Page No 30 What is the Load bearing capcity of false ceiling?
will be the responsibility of the System Integrator to make necessary civil and  Bidder can visit the site for any 
225 TCS
electrical changes/ improvements in the existing setup at DC, DRC and Units  pre-assessment
of SPMCIL for smooth operation and ensure readiness for DC/ DRC operations Is DG Set available ? If yes, then please provide the capacity? In terms of Load, Spare As per RFP. Details are 
226 TCS including any parallel activities  capacity, Single Source or Dual etc.. mentioned in RFP (Page,178, 
Page 182)
2.2 IT infrastructure at DC & DRC The overall DC infrastructure setup for SPMCIL is depicted in the diagram Request you to please provide the exisiting Load balancer and WAF details. If any. As per RFP, refer page number 
228 TCS
& Page No 25 below: Page No 26 176
2.2 IT infrastructure at DC & DRC The disaster recovery centre is connected with two 15 Mbps MPLS links. Most Is there any existing replication link ? Between DC to DRC.  Yes, replication link is available 
229 TCS & Page No 25 of the equipment at DRC are not in high availability. between DC and DRC

2 Existing IT Systems & Page 23 Is there any existing public/Internet facing application or not ? Please confirm As per RFP


230 TCS
4. Delivery Schedule, 58 Deliverable #19: Is SPMCIL expecting e- Content / Digital Training artifacts such as eLearning(WBTs), As per RFP
User manuals,  Simulations, Nano videos  ?
technical/ admin 
231 TCS manuals, training 
handouts, training 
e-Contents, any 
other docomments
3.2.4. Component 4: Capacity It may be recommended to conduct application user trainings in batches Is SPMCIL looking for Train the Trainer approach or e-Content Approach or blended As per RFP
232 TCS Building and Change classifying them into  Training for Application user Training ?
Management, 42 different groups.
Apart from English, are there any other languages in scope for the content / training Refer Serial Number 212 point 1
233 TCS
delivery?
Is there a Learning Management System available that will be used to host the e As per RFP. Currently LMS is not 
Content?  available.
If yes:
234 TCS - What is the LMS product?
- Is there a dedicated L&D/LMS tech team to support various activities needed to
deploy the Learning solution?
If No, Do Vendor can suggest LMS platform to host e-Content ?
Is there a preference on the tools and technologies developing e-Content? Will As per RFP. Bidder may propose 
SPMCIL provide appropriate tools or vendor can suggest a tool, for e.g.- SAP Enable necessary tools and technology 
235 TCS
Now?  for developing e-content.

New Clause New Clause Employee non-solicitation: Vendor and CUSTOMER each agree that during the term As per RFP
a Vendor personnel or CUSTOMER employee is associated with the Services hereunder 
and for a period of two years after such person ceases to be so associated, neither
236 TCS Vendor nor CUSTOMER shall, directly or indirectly, solicit for hire or knowingly hire or
retain such personnel of the other party as an employee or independent contractor,
except with prior written consent of the other party.  

Page 21 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

New Clause New Clause As per RFP


1.1. CUSTOMER’s Ownership of Deliverables. Subject to Section 3.2, Section 3.3 and
Section 3.4, Vendor agrees that all Deliverables created or developed by Vendor
specifically for the CUSTOMER, together with any associated copyright and other
intellectual property rights, shall be the sole and exclusive property of CUSTOMER
provided all the payments due to the Vendor for the Deliverables rendered under the
Statement of Work pursuant to this Agreement have already been paid by the
CUSTOMER to the Vendor. Vendor hereby assigns to CUSTOMER all right, title and
interest in and to such Deliverables developed exclusively for the CUSTOMER and
identified in the relevant Statement of Work, together with any associated copyright
and other intellectual property rights, whether or not such Deliverables are deemed
“works made for hire” under the relevant laws. Upon CUSTOMER’s written request
and expense, Vendor shall execute and deliver to CUSTOMER all instruments and
237 TCS other docomments, and shall take, at CUSTOMER’s costs, such other reasonable
actions as may be necessary or reasonably requested by CUSTOMER and as may be
necessary to give effect to the CUSTOMER’s proprietary rights in such Deliverables.

1.2. Vendor’s Proprietary Software and Pre-Existing IP. CUSTOMER acknowledges and
agrees that this is a professional services agreement and this agreement is not
intended to be used for licensing of any Vendor’s proprietary software or tools. If
Vendor and CUSTOMER mutually agree that the Vendor provides to CUSTOMER any
proprietary software or tools of Vendor or of a third party, the parties shall negotiate
and set forth the applicable terms and conditions in a separate license agreement and
the provisions of this Section 3 shall not apply to any deliverables related to
customization or implementation of any such proprietary software or products of
Vendor or of a third party. Further, CUSTOMER acknowledges that in performing
Services under this Agreement Vendor may use Vendor’s proprietary materials
New Clause New Clause including without limitation any software (or any part or component thereof), tools,  As per RFP
1.4. The Vendor shall be excused and not be liable or responsible for any delay or
failure to perform the Services or failure of the Services or a Deliverable under this
Agreement to the extent that such delay or failure has arisen as a result of any delay
or failure by the CUSTOMER or its employees or agents or third party service providers
to perform any of its duties and obligations as set out in this Agreement and the
applicable Statement of Work. In the event that the Vendor is delayed or prevented
from performing its obligations due to such failure or delay on the part of or on behalf
of the CUSTOMER, the Vendor shall be allowed an additional period of time to
perform its obligations and unless otherwise agreed the additional period shall be
equal to the amount of time for which vendor is delayed or prevented from
performing its obligations due to such failure or delay on the part of or on behalf of
the CUSTOMER. Such failures or delays shall be brought to the notice the CUSTOMER
238 TCS and subject to mutual agreement with the CUSTOMER, the Vendor shall take such
actions as may be necessary to correct or remedy the failures or delays. The Vendor
shall be entitled to invoice the CUSTOMER for additional costs incurred in connection
with correction or remedy as above at t&m rate card agreed herein.

1.5. Neither party shall be liable to the other for any special, indirect, incidental,
consequential (including loss of profit or revenue), exemplary or punitive damages
whether in contract, tort or other theories of law, even if such party has been advised
of the possibility of such damages.

1.6. The total cumulative liability of either party arising from or relating to this
agreement shall not exceed in the aggregate the total amount paid to VENDOR by the
CUSTOMER during twelve (12) months under that applicable Statement of Work that
gives rise to such liability (as of the date the liability arose); provided, however, that
2.2 IT infrastructure at DC & DRC Network Diagram this limitation shall not apply to any liability for damages arising from (a) willful 
Presume the 10 Mbps from Airtel and 40 Mbps from BSNL is for internet connectivity: 1. Current capacity of links is as 
– Page 26 1. Why have different capacities? per requirements of SPMCIL. 
239 TCS 2. Is there any Link Load Balancer here? 2. Currently there is no link load 
balancer

Page 22 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

2.2 IT infrastructure at DC & DRC  2 nos. of 15 Mbps links for replication to DRC 1. Are they from different service providers? 1. SPMCIL is taking service from 


– Page 26 2. What is the average data lag between DC and DRC currently. 2 service providers to maintain 
the SLA for 99.9% of 
240 TCS connectivity. There is no  inter-
dependency between the 2 
service providers .2. Negligible 
Data lag
2.2 IT infrastructure at DC & DRC  Almost 90% space of existing storage is utilized What is the rate of growth of data? Beyond 90% space utilization storage performance  Approx. 4 GB data is increased 
– Page 27 gets impacted. Are you planning to enhance capacity till the time new storage is  per month in SAP ECC. As of 
241 TCS deployed and installed? now, there is no plans to 
enhance the capacity.

General General We understand that at business unit locations we need to only install the switch and  As per RFP. 


the SDWAN router. Scope of end-point devices like desktop, printers, electrical and  SI needs to deploy, install and 
LAN cabling, UPS etc are out of scope.  Please clarify. configure server, switch and 
SDWAN router at Units along 
with any necessary cabling etc. 
242 TCS as per RFP.
End-point devices like desktop, 
printers and electrical and LAN 
cabling, UPS for end-points 
devices are out of scope of SI.

General General If changes in civil are to be done then, depending on the nature of change the time for  As per RFP


243 TCS
completion will differ
Setting up of mail and messaging  General What space should be provisioned for messaging solution. Since messaging cannot be  As per RFP
244 TCS solution (MS Exchange) archived centrally, growth in storage space will be as per CR. 
Please confirm.
3.3 Team Composition &  The resources at DRC shall be deployed in such a way that minimum 1  Please confirm if in DRC minimum 1 resource from the indicated head count is  Resource requirement is clearly 
Qualification Requirements resource is physically available on-site at any point of time (24X7X365).  required to be available at all times or 1 resource from server and network each. specified in clause 3.3.1 and 
Similarly, the resources at DC shall be deployed in such a way that minimum  3.3.2 at page no 49-50 of tender.
one of each of the NOC resources viz. System Admin, Network Admin and  Bidder needs to manage the 
245 TCS
Helpdesk are available at all the time i.e. 24X7X365. shifts and operate in 24x7x365 
environment and plan 
manpower accordingly.

3.5 Warranty Conditions Availability of system infrastructure shall be at least 99.5% Please confirm the measurement period for the same. Is it annual? As per RFP.SLA will be measured 


as per frequency provided in the 
246 TCS
RFP document.

4 – Delivery Schedule Supply & installation of hardware at DC for the development and testing  It is not possible to get the infra delivered, installed and commissioned within T+8  Refer Amendment 3


environment weeks. WE will require 4 months for the same. Request you to kindly amend the same.
In case of force majeure situations like travel restrictions across borders, 
247 TCS semiconductor shortages, there may be further delay which we will endeavor to 
intimate in advance. Such delays may please be accommodated accordingly as these 
are situations beyond the control of SI. 

1.General Technical  Environmental: Unless otherwise specified, all equipment must operate in  IT equipment do not work in this temperation, humidity and dust range. As per RFP


248 TCS Requirements environments of 1-30 degrees centigrade, 20-80 percent relative humidity, 
and 0-40 grams per cubic meter of dust

Page 23 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Existing Assets a. Sl. Nos. of IT and non-IT Assets are not provided. Please provide the same.  a) SI no. will be shared with the 


b. AMC Clear End Date not given. Please provide the same successful  bidder. Whereas 
c. Existing SLA reports for past 6 months required. Please provide the same configuration, model, product 
d. As the existing assets are already approx. 10 years old and are EoS / EoL these can  details are already mentioned in 
be maintained till new ones are commissioned on as is where is basis without any  RFP
249 TCS SLAs applicable to us. Kindly confirm the same. b) AMC with HP  is valid till 
2024. AMC for other equipment 
are renewed annually
c) Cannot be shared
d) As per RFP

Locations Bandwidth Business Units / branch locations MPLS BW per site detail not given. This has  MPLS bandwidth at business 


250 TCS dependency on SDWAN Router sizing / capacity / ports. Please provide the same unit is 20 MB

10 years support commitment  RFP demands that the new HW and SW should have 10 years OEM support from  Refer Amendment 3


from OEM commissioning date. This translates to 11 years. This is not feasible for most of the 
251 TCS
OEM. Request you to make it as 6 years from the date of commissioning. 

SDWAN routers for DC and DRC 4G, LTE support is requested These are typical requirements from a branch router perspective and seldom used in a  Refer Amendment 3


252 TCS
DataCenter environment. Request to delete the same. 
253 TCS Generic Generic How much is the transfer time from older SAP to SAP HANA? As per RFP
Generic Generic Have we to maintain old hardware also at that time , if so has the entire list of Refer Serial 249
254 TCS Hardware with sno and valid amc , middleware with sno and valid amc given for
existing  setup
Generic Generic Has new hardware and middleware compatible with SAP HANA to be supplied on As per RFP
255 TCS
prem and maintained by us for how many years
256 TCS Generic Generic Does our sap team have enough data too size new SAP HANA hardware As per RFP
Generic Generic Software licenses for OLD and new will be bought by client , is there any parallel run of  SAP licenses (old and new both) 
old and new modules or is it a big bang golive will be provided by SPMCIL. All 
257 TCS other relevant licenses will be 
provided by SI as per RFP 
requirements
Generic Generic Do we have to give any field hw and maintain it i.e desktops etc As per RFP
258 TCS
Generic Generic Who will pay for access bandwidth and replication bandwidth between DC and DR SPMCIL shall provide the 
259 TCS necessary  bandwidth between 
DC and DR
Section IX: Qualification/  Experience and Past Performance Request to allow to submit the self certificate signed by authorized signatory  As per RFP
Eligibility Criteria Page 70 mentioning the required project details as few projects are under NDA and do 
A. Similar project experience: Document to be submitted comments cannot be shared

   Copy of Purchase Order/ Work Order/Contract/ Agreement   Completion/ 
260 TCS
Successful migration confirmation from the client

   Copy of Purchase Order/ Work Order/Contract/ Agreement   Completion/ 
Successful implementation confirmation from the client

Section IX: Qualification/  B. Infrastructure project experience: Request to allow to submit the self certificate signed by authorized signatory  As per RFP


Eligibility Criteria  mentioning the required project details as few projects are under NDA and do 
Document to be submitted comments cannot be shared

   Copy of Purchase Order/ Work Order/Contract/ Agreement   Completion/ 
261 TCS
Successful migration confirmation from the client

   Copy of Purchase Order/ Work Order/Contract/ Agreement 
   Completion/ Successful implementation confirmation from the client

Page 24 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

2. Capacity  Criteria Request to submit the self certficate signed by authorized signatory also for the  As per RFP


i.) Business Operations requieed criteria
Document to be submitted
262 TCS

Certificate from statutory auditor Or Work Order/Copy of contract for SAP 
implementation
2. Capacity  Criteria The bidder can submit the required HR certificate mentioning the proof of 50 As per RFP
personnel in its roll but it is difficult to submit the EPF detailsl of the employess.
ii)Should have minimum 50 personnel with expertise in SAP implementation Hence, kindly modify the clause accordingly
263 TCS on its payroll.

Document to be submitted: Certificate from HR/ Talent Head with the proof
of EPF deduction of minimum 50 personnel on the roll
3.2.3 Component 3: Functional coverage as mentioned in Annexure 2 of this bidding document The effort estimate will be done based on the broader scope of work given in the RFP. As per RFP
Implementation & Migration are minimum requirements. It is expected that the System Integrator may be Any major change in the scope of work should be considered as a change request and
Services , pg 34 required to include additional functional requirements, which may come up should be billed over above the contract value..
during the period of its self-assessment to arrive at an appropriate design of
264 TCS
the solution. The business processes captured by the System Integrator, FRS
and formats captured shall be the basis of implementation of proposed
solutions.

3.2.3 Component 3: The scope of migration shall include but not limited to the following : 1. Checking the correctness and completeness of the data (for migration) should be As per RFP
Implementation & Migration     Data collection from locations in the identified common data format the responsibility of SMPCIL since the business users will have the proper
Services     Identify/  mapping of dependency fields understanding of the data. Please confirm.
    Redundant data checks and verification 2. The role of service provider should be to collect the data in predefined templates
265 TCS     Check for null data ,  missing data and mismatched data fields and migrate it into the new system after the confirmation on data quality by SMPCIL.
   Correct/ modify objects in entire landscape affected by upgrade of SAP ECC please confirm. 

pg 38 In case of any changes suggested by Third Party Auditor (TPA), the System Please confirm who will engage and financially provision for TPA. SPMCIL will engage and pay for 
Integrator shall implement the changes in consultation with the SPMCIL. TPA
System Integrator will submit compliance reports on the observations of third
266 TCS
party audit and the process will continue till the issuance of final certificate by
the Third Party Auditor (TPA) and may involve two or more rounds of audits.

pg 43 The emphasis of the Orientation-cum-Workshop would lie on getting the user It is suggested to form a core project/product team, which will comprise of key As per RFP. SPMCIL has its own 
acceptance for the project from the end users of the system and making them personnel from SMPCIL. The core SMPCIL team should own the requirement and user core team
267 TCS
comfortable with the change with the implementation of new solution. acceptance activity from SMPCIL side. This ownership is critical for project success.

SQL server  What does the SQL server used for.Do we need to migrate the data in SQL server as As per RFP. SQL servers are used 
well or only from the oracle databases. in AMS system ( Attendance 
268 TCS
management system)

Total and Peak concurrent users What is the total users and peak concurrent users ?  Refer page no 24 of RFP 


269 TCS
document
Service levels requirements INR 1000 per day (effective from 7th day of absence considering entitlement Our organization has consistent leav policy across the organization nevertheless even As per RFP
during implementation and of six leaves per quarter) if for certain reason any employee goes for a long leave (more than 5 days) we ensure
operation & maintenance period, that the existing team takes up the required activity and there is no service distruption
270 TCS pg 258 In case any deployed resource(s) is on continuous leave for more than five for the end customer. Therefore, please remove this penalty clause as the adherence
days (approved or unauthorized), System Integrator needs to provide the to other SLAs will ensure continous quality service delivery.
backup resource having equal or higher qualification and experience.

3. Capacity building , pg 259 Each week of delay in completion of training will attract a deduction of 0.5% SMPCIL need to ensure that all the participant attend the scheduled training. In case As per RFP
271 TCS of the milestone under which the deliverable is falling. any user doesn’t attend the planned training , his training will be deemed complete.

General S4 Rediness Please share the detailed output of the ATC Report and S4 Readiness Check to assess  The information may be shared 


the development details for the HANA migration with successful bidder after 
272 TCS
signing contract and NDA with 
SPMCIL.
Page 25 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Section I: Notice Inviting Tender  EMD amount mentioned in Section VI – List of Requirements Request you to allow EMD in the form of BG & Bank Guarantee Format should be  Refer Amendment 3


(NIT) Page 11, Point shall be furnished in one of provided.
11 the following forms: a) Account Payee Demand Draft or b) Fixed Deposit 
Receipt or c)Banker’s cheque; in acceptable form, otherwise the tender will 
273 Tech Mahindra not be accepted in any case.The demand draft, fixed deposit receipt or 
banker’s
cheque shall be drawn on any scheduled commercial bank in India, in favour 
of Account and place of payment specified in the Para 1 above.

Section IX: Qualification/  Should have minimum 50 personnel with expertise in SAP implementation on EPF deduction details are strictly confidential, we request you to Amend this clause as  Refer Serial Number 263


Eligibility Criteria its payroll. below-
274 Tech Mahindra Page 70 Certificate from HR/ Talent Head with the proof of EPF deduction of minimum  Certificate from HR/ Talent Head with the declaration that EPF
PQ Criteria 2 (iii) 50 personnel on the roll deduction is applicable for all on roll personnel as per applicable policy

ANNEXURE 1: (xv) Tender Fee submitted Please clarify if Tender fee is applicable ? Tender fee is Not Applicable


275 Tech Mahindra
Mandatory Checklist Page 112
Section IX: Qualification/  Docomments Required As most of such Projects are under strict NDA with client , hence request you to please  As per RFP.
Eligibility Criteria Copy of Purchase order/Work order/Contract/Agreement allow CA Certificate certifing the Criteria detail.
276 Tech Mahindra Page 70 Request you to allow
PQ Criteria 1 (A&B) Completion/Successful migration confirmation from the client CA Certificate having details of Projects, which can authenticate and validate the res
pective criteria
ANNEXURE 14: Docomments Required Since most of the Projects are under strict NDA with client , hence request you to  As per RFP.
Technical Evaluation Criteria  Copy of Purchase order/Work order/Contract/Agreement please allow CA Certificate certifing the Criteria detail.
277 Tech Mahindra (2,3,4) Request you to allow
Page 286 Completion/Successful migration/implementation confirmation from the CA Certificate having details of Projects, which can authenticate
client and validate the respective criteria
ANNEXURE 14: Docomments Required EFP deduction details are strictly confidential, we request you to Amend this clause as  Refer Serial Number 263
Technical Evaluation Criteria (6,7) Certificate from HR/ Talent Head with the proof of EPF deduction of  below-
278 Tech Mahindra
Page 287 personnel on the roll Certificate from HR/ Talent Head with the declaration that EPF
deduction is applicable for all on roll personnel as per applicable policy
ANNEXURE 11: We are also enclosing the proof of EPF deduction of              personnel on the  EFP deduction details are strictly confidential, we request you to Amend this clause as  Refer Serial Number 263
Bid Forms roll. below-
279 Tech Mahindra 5. Certificate on number of SAP  We also hereby declare that EPF deduction is applicable for all
implementation personnel  on roll personnel as per applicable policy
working on payroll
45. The successful tenderer must furnish to SPMCIL the required performance  Requesting SPMCIL that performance security shall be furnished within twenty-one  As per RFP
280 Tech Mahindra Notification of Award of Contract security within twenty-one days from the date of this notification. days from the date of execution of Contract.

50. Rate Rate Contract Tenders Bidder understands that considering scope of work rate contract terms shall not be  This clause is not applicable


281 Tech Mahindra
Contract Tenders applicable to tenderer. Please confirm.
52. Tenders involving Tenders involving Samples Bidder understands that considering scope of work  Tenders involving Samples terms  This clause is not applicable
282 Tech Mahindra Samples shall not be applicable to tenderer.
Please confirm.
53. Expression of Interest (EOI) Expression of Interest (EOI) Tenders: Bidder understands that considering scope of workExpression of Interest (EOI)  This clause is not applicable
283 Tech Mahindra Tenders: Tenders terms shall not be applicable to tenderer.
Please confirm.
54. Tenders for Disposal of Tenders for Disposal of Scrap: Bidder understands that considering scope of work Tenders for Disposal of Scrap  This clause is not applicable
284 Tech Mahindra
Scrap: terms shall not be applicable to tenderer. Please confirm.
55. Development and Indigenization Tenders: Bidder understands that considering scope of work Development and Indigenization  This clause is not applicable
285 Tech Mahindra Development and Indigenization  Tenders terms shall not be applicable to tenderer. Please confirm.
Tenders:
3. Use of contract docomments  Delivery to review the confidential obligation placed on Supplier with respect to the  As per RFP
286 Tech Mahindra
and information usage of the information as supplied by the SPMCIL.
16.5 Warranty In the event of any rectification of a defect or replacement of any defective  Requesting SPMCIL to consider that the warranty for the rectified/ replaced goods  As per RFP
goods during the warranty period, the warranty for the rectified/ replaced  shall be extended to a further period of  90 days from the date of delivery/acceptance 
287 Tech Mahindra goods shall be extended to a further period of twelve months from the date  of Services or remaining warranty period, whichever is earlier.
such rectified / replaced goods starts functioning to the satisfaction of 
SPMCIL.

Page 26 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

16.6 Warranty If the supplier, having been notified, fails to rectify/ replace the defect(s)  Requesting SPMCIL to consider to delete the risk purchase clause considering scope of  As per RFP


within a reasonable period (or within the period, if specified in the SCC),  work.
SPMCIL may proceed to take such remedial action(s) as deemed fit by SPMCIL, 
288 Tech Mahindra
at the risk and expense of the supplier and without prejudice to other 
contractual rights and remedies, which SPMCIL may have against the supplier.

23.2 Delay in the supplier’s  Subject to the provision under GCC clause 28, any unexcused Bidder proposes that Supplier shall only be responsible for those unexcused delay  As per RFP


performance delay by the supplier in maintaining its contractual obligations which arises due to reasons solely attributbale to Supplier.
towards delivery of goods and performance of services shall render the  Also, Supplier shall only be responsible for imposition of liquidated damages in the 
supplier liable to any or all of the following sanctions besides any  event of delay. As SPMCIL can't claim multiple remedies against Supplier for delay in 
289 Tech Mahindra
administrative action: delivery.
a) imposition of liquidated damages,
b) forfeiture of its performance security and
c) termination of the contract for default.
24. Liquidated damages if the supplier fails to deliver any or all of the goods or fails to perform the  Requesting SPMCIL to consider that penalty shall be applicable only if such delay  As per RFP
services within the time frame(s) incorporated in the contract, SPMCIL shall,  arises due to reasons solely attributable to Vendor. Request to cap the overall LD 
without prejudice to other rights and remedies available to SPMCIL under the  penalties at 5% irrespective of reasons.
contract, deduct from the contract price, as liquidated damages, a sum 
equivalent to the ½% percent (or any other percentage if prescribed in the 
290 Tech Mahindra SCC) of the delivered price of the delayed goods and/ or services for each 
week of delay or part thereof until actual delivery or performance, subject to 
a maximum deduction of the 10% (or any other percentage if prescribed in 
the SCC) of the
delayed goods’ or services’ contract price(s).

26.1 SPMCIL, without prejudice to any other contractual rights and Bidder seeks to clarify that a notice period/cure period of at least 30 days to be given  As per RFP


Termination for default remedies available to it (SPMCIL), may, by written notice of default sent to  for termination.
the supplier, terminate the contract in whole or in part, if the supplier fails to  Termination shall be subject to payment of termination fees which will include 
291 Tech Mahindra deliver any or all of the goods or fails to perform any other contractual  Deliverables already completed but not paid and work in progress
obligation(s) within the time period specified in the contract, or within any 
extension thereof granted by SPMCIL pursuant to GCC sub-clauses 23.3 and 
23.4
26.2 In the event of SPMCIL terminates the contract in whole or in Bidder seeks to clarify that Supplier’s liability for documented direct excess  As per RFP
Termination for default part, pursuant to GCC sub-clause 26.1 above, SPMCIL may procure goods and/  reprocurement costs shall be limited to 110% of any amounts paid for the terminated 
292 Tech Mahindra or services similar to those cancelled, with portion of the Work.
such terms and conditions and in such manner as it deems
fit
27. If the supplier becomes bankrupt or otherwise insolvent, SPMCIL reserves the  Bidder seeks to clarify that Supplier’s liability for documented direct excess  As per RFP
Termination for insolvency right to terminate the contract at any time, by serving written notice to the  reprocurement costs shall be limited to 110% of any amounts paid for the terminated 
supplier without any compensation, whatsoever, to the supplier, subject to  portion of the Work.
293 Tech Mahindra
further condition that such termination will not prejudice or affect the rights 
and remedies which have accrued and / or will accrue thereafter to SPMCIL.

28. Force Majeure If the force majeure condition(s) mentioned above be in force for a period of  Requesting SPMCIL to consider FM period as 180 days prior to termination. Upon  As per RFP


90 days or more at any time, either party termination, SPMCIL shall not be relieved from its payment obligations due to a force 
shall have the option to terminate the contract on expiry of 90 majeure event in relation to the Items or Works already delivered by Vendor.
days of commencement of such force majeure by giving 14 days’ notice to the 
294 Tech Mahindra other party in writing. In case of such termination, no damages shall be 
claimed by either party against the other, save and except those which had 
occurred under any other clause of this contract prior to such
termination.

29.1 SPMCIL reserves the right to terminate the contract, in whole Bidder seeks to clarify that a notice period/cure period of at least 30 days to be given  As per RFP


295 Tech Mahindra Termination for convenience or in part for its (SPMCIL’s) convenience, by serving written for termination.
notice on the supplier at any time during the currency of the
33.2 the same shall be referred to the sole arbitration of a Gazetted Officer of the  Requesting SPMCIL to consider that arbitrator shall be mutually appointed by the  As per RFP
Arbitration Clause: a) For  Purchaser, appointed by the Director General Currency, Directorate of  parties.
296 Tech Mahindra
Domestic Tenderers Currency, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government 
of India.
Page 27 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

34. Applicable Law Irrespective of the place of delivery, or the place of performance or the place  Requesting SPMCIL to consider that laws of India shall be applicable. As per RFP


of Payments under the contract, the contract shall be deemed to have been 
297 Tech Mahindra
made at the place from which the notification of acceptance of the tender has 
been issued.
34.3 Applicable Law The courts of the place from where the notification of Please clarify from which place the notification of acceptance shall be issued? As per RFP
298 Tech Mahindra acceptance has been issued – shall alone have jurisdiction to
decide any dispute arising out or in respect of the contract
35.3 Secrecy Any breach of the aforesaid conditions shall entitle the Purchaser to cancel  Requesting SPMCIL to consider that notice period of 30 days to be given.  Termination  As per RFP
the contract and to purchase or authorise the purchase of the stores at the  shall be subject to payment of termination fees which will include:
risk and cost of the Contractor, In the event of such cancellation, the stores or  a) Deliverables already completed but not paid and work in progress
299 Tech Mahindra parts manufactured in the execution of the contract shall be taken by the  Bidder seeks to clarify that Supplier’s liability for documented direct excess 
Purchaser at such price as he considers fair and reasonable and the decision  reprocurement costs shall be limited to 110% of any amounts paid for the terminated 
of the Purchaser as to such price shall be final and binding on the Contractor. portion of the Work.

19.3 Option Clause The SPMCIL reserves the right to increase the ordered quantity of goods and  Requesting SPMCIL to consider that any increase in quantity of goods shall be subject  As per RFP


300 Tech Mahindra services by 25% at any time, till the final date of completion of the contract. to mutually agreed price adjustment and basis agreed delivery timelines.

Third Party Audit support of  SPMCIL may engage a Third Party Auditor (TPA) for audit of entire solution  RequestingSPMCIL to consider the following: As per RFP


infrastructure and solution including IT and non- IT infrastructure and applications at DC, DRC and  (i) Any such inspection shall not occur more than once in each calendar year and shall 
business units supplied,  installed and commissioned by the System  be conducted expeditiously, efficiently, and at reasonable business hours.
Integrator. The selection of the Third Party Auditor shall be done by SPMCIL. (ii) Audit should be subject to prior written notice of at least 15 days.
(iii) SPMCIL shall not be entitled to audit: (a) data or information of other customers or 
clients of System Integrator.; (b) any cost information unless such is the basis of a 
billable expense; (c) System Integrator's quality assurance reviews, contract 
301 Tech Mahindra
management reports, and security functions; (d) third parties except to the extent 
System Integrator has the right to grant such rights, has the right to grant such rights, 
or (e) any other Confidential Information of System Integrator that is not directly 
relevant for the authorised purposes of the audit.
(f) The cost of audit is to be borne by the SPMCIL.

(c) Penalty calculations: The framework for penalties, as a result of not meeting the Warranty  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


Condition Targets are as follows: (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
(iii) Penalties applicable for each of the high severity violations (Level 1) are  shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
Rs. 3,00,000. (ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
(iv) Penalties applicable for each of the medium severity violations (Level 2)  attributable to SI.
are Rs. 1,50,000.
(v) Penalties applicable for each of the low severity violations (Level 3) is Rs. 
75,000.
302 Tech Mahindra
(vi) Penalties applicable for not meeting a high (H) critical performance target 
in two consecutive quarters on same criteria shall result in additional 
deduction of Rs. 8,00,000. Penalty shall be applicable separately for each such 
high critical activity.
(vii) Penalties applicable for not meeting a medium (M) critical performance 
target in two consecutive quarterly periods on same criteria shall result in 
additional deduction of Rs. 5,00,000. Penalty shall be applicable separately 
for each such medium critical activity.
1. Resource availability INR 1000 per day (effective from 7th day of absence considering entitlement  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP
of six leaves per quarter) (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
303 Tech Mahindra
(ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
attributable to SI.

2. Submission of docomments/  Each week of delay in submission of document/ deliverable will attract a  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


deliverables for entire Contract  deduction of 0.5% of the milestone under which the document/ deliverable is  (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
duration falling shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
304 Tech Mahindra
(ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
attributable to SI.

Page 28 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

3. Capacity building Each week of delay in completion of training will attract a deduction of 0.5%  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


of the milestone under which the deliverable is falling. (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
305 Tech Mahindra
(ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
attributable to SI.

2. Helpdesk (ii)Penalties applicable for each of the high severity violations (Level 1) are 2%  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


(f) Penalty calculations: of respective quarterly payment to the System Integrator. (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
306 Tech Mahindra
(ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
attributable to SI.

2. Helpdesk (iii) Penalties applicable for each of the medium severity violations (Level 2)  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


(f) Penalty calculations: are 1% of respective quarterly payment to the System Integrator. (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
307 Tech Mahindra
(ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
attributable to SI.

2. Helpdesk (iv) Penalties applicable for each of the low severity violations (Level 3) is  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


(f) Penalty calculations: 0.5% of respective quarterly payment to the System Integrator. (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
308 Tech Mahindra
(ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
attributable to SI.

2. Helpdesk (v) Penalties applicable for not meeting a high (H) critical performance target  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


(f) Penalty calculations: in two consecutive quarters on same criteria shall result in additional  (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
deduction of 5% of the respective quarterly payment to the System  shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
309 Tech Mahindra
Integrator. Penalty shall be applicable separately for each such high critical  (ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
activity attributable to SI.

2. Helpdesk (vi) Penalties applicable for not meeting a medium (M) critical performance  Requesting SPMCIl to consider the following: As per RFP


(f) Penalty calculations: target in two consecutive quarterly periods on same criteria shall result in  (i) The overall capping as a result of not meeting the Service Level Agreements Targets 
additional deduction of shall be limited to 3%  of the respective Quarterly payment to the System Integrator.
310 Tech Mahindra
3% of the respective quarterly payment to the System Integrator. Penalty  (ii)  Penalty shall be applicable only if such delay arises due to reasons solely 
shall be applicable separately for each such medium critical activity. attributable to SI.

2. Helpdesk (vii) In case total of all penalties for not meeting any performance target  Bidder seeks to clarify that a notice period/cure period of at least 30 days to be given  As per RFP


(f) Penalty calculations: exceeds more than 20% of respective quarterly payment in two consecutive  for termination.
311 Tech Mahindra
quarters then Employer (i) Termination under breach shall be subject to payment Deliverables already 
(SPMCIL) may terminate the Contract. completed but not paid and work in progress.
Third Party Audit support of  SPMCIL may engage a Third Party Auditor (TPA) for audit of entire solution  Pls clarify that  Audit activity will be conducted once or twice a year. Also, audit  As per RFP
infrastructure and solution including IT and nonIT infrastructure and applications at DC, DRC and  activity to be conducted in such a manner that it causes minimum inconvenience to 
312 Tech Mahindra business units supplied, installed and the on going Operations/project.
commissioned by the System Integrator. The selection of the Third Party 
Auditor shall be done by SPMCIL.
24.1 If the System Integrator fails to deliver any or all of the goods or fails to  Request you to consider that LD should be levied on the unperformed portion of the  As per RFP
perform the services within the time frame incorporated in the contract and  total contract.
under Service Level Agreement (SLA) in List of Requirements - Section-VI, 
SPMCIL shall, without prejudice to other rights and remedies available to 
SPMCIL under the contract, deduct from contract price, as liquidated 
damages, as sum equivalent to the 0.5% of the delivered price of the delayed 
313 Tech Mahindra
goods and/ or services for each week of delay or part thereof until actual 
delivery or performance, subject to a maximum deduction of 10% of the 
delayed goods or services contract price(s). During the above mentioned 
delayed period of supply and/ or performance, the conditions incorporated 
under GCC sub-clause 23.4 shall also apply.

Page 29 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

1. Resource availability The above penalties would be deducted from the amount payable to the  Request you to reduce/remove Resource based penalty  . As per RFP


System Integrator for the concerned quarter. For instance, if one of the 
314 Tech Mahindra deployed resources is absent for a period of 10 working days in a quarter, 
then a sum of INR 4,000 will be deducted from invoice of that quarter.

Limitation of Liability (i) Neither Party shall be liable to the other Party for any indirect or consequential  As per RFP


Losses, damages, whether arising from tort (including negligence) or breach of 
contract including without limitation loss of profits, operation time, goodwill or 
anticipated savings.
(ii) the total aggregate Liability of either Party shall in no circumstances (including any 
315 Tech Mahindra
liability, damages, Losses or claim arising from tort, contract, representation or 
warranty, indemnity, negligence or otherwise) under or in connection with this 
Agreement or based on any claim for indemnity or contribution exceed the total Fees 
received by Bidder from the SPMCIL under this Contract preceding the date of such 
claim.
Pre-Existing IPR Each party shall own all right, title, and interest in all patents, trademarks, copyrights,  As per RFP
316 Tech Mahindra confidential information, trade secrets, mask rights, and other intellectual property 
rights as it owned on the date of this Agreement.
Publicity Subject to confidentiality obligations, Bidder shall be permitted to make a press  As per RFP
317 Tech Mahindra release or publish name or mark of the other
Party with prior intimation to that effect.
ANNEXURE 10: Service Level  As per the RFP , the ASK is for 24X7 support at both DC and DR locations Please clarify if the Customer Permits SI to provide Regular 9X6 Support and ON CALL  The resources at DRC shall be 
Agreements (SLAs) 24X7X365. Support for rest of the Support Window. 24x7x365 deployed in such a way that 
minimum 1 resource is 
physically
available on-site at any point of 
time (24X7X365). Similarly, the 
resources at DC shall be 
deployed
318 Tech Mahindra
in such a way that minimum one 
of each of the NOC resources 
viz. System Admin, Network 
Admin
and Helpdesk are available at all 
the time i.e. 24X7X365.
Please refer RFP, Page No. 50

xv) SIEM solution xv) SIEM solution Is bidder expected to provide SOC services - 24x7 monitoring, alerting and incident  As per RFP


319 Tech Mahindra
management in addition to SIEM platform management ?
xv) SIEM solution xv) SIEM solution The Quantity is mentioned as 1 for SIEM solution. Does it refer that SIEM solution will  As per RFP. SIEM will be 
320 Tech Mahindra be deployed only the datacenter? required to monitor both DC 
and DRC equipment's
ANNEXURE 10: Service Level  SOC SLA Kindly share the expected SLA for SOC services? As per RFP
321 Tech Mahindra
Agreements (SLAs)
xv) SIEM solution xv) SIEM solution Can we leverage existing infrastruture of SPMCIL for hosting the proposed SIEM  As per RFP. Bidder is required to 
solution? Or Is bidder expected to provide both SIEM software and underlying  provide both SIEM software and 
322 Tech Mahindra platform for underlying infrastructure for 
hosting it? hosting it

xv) SIEM solution xv) SIEM solution Can bidder propose cloud hosted SIEM solution or Saas based SIEM solution, as long  As per RFP. No, cloud based 


323 Tech Mahindra
as the SIEM solution components are hosted in India? solution is not allowed.
ANNEXURE 10: Service Level  As per the RFP , the ASK is for 24X7 support at both DC and DR locations Please clarify if the Customer Permits SI to provide Regular 9X6 Support and ON CALL  Refer Serial Number 318
324 Tech Mahindra
Agreements (SLAs) Support for rest of the Support Window

Page 30 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

2.2 IT infrastructure at DC & DRC Most of the IT equipment and system software are approximately 10 years  1. Is the ask to refresh the HW based on SAP migration to HANA? 1. As per RFP


Page - 27 old and reached their end of life 2. What is the ask on security aspect requirement, please elobrate? 2. As per RFP
3. Is the ask to implement end to end monitoring tool for existing Infrastructure? 3. As per RFP
Almost 90% of space is existing storage is utilized
325 Tech Mahindra
Advanced security appliances are not available

End to end monitoring of existing infrastructure is required to be done etc.

2.3 Non-IT infrastructure at DC &  A few observations with respect to the existing non-IT infrastructure at  Is SPMCIL is looking for a new BMS system? Along with CC TV integration? If yes, any  As per RFP. CCTVs cameras are 


DRC SPMCIL are as below: idea How one will evulate the # of CCTV cameras required of what type? Is there any  to be procured for only DRC. As 
Page - 28 scope for Vendor to survey and aling the CCTV ask? per page 236 of RFP, Total 12 IP 
Most of the equipment at DC and DRC such as UPS, PACs etc. have reached  network cameras required for 
end of life. DRC.
Access to key areas within the DC/DRC is done through smart-card based 
326 Tech Mahindra
access control system, which needs to be further strengthened for providing 
more secured access.

At present, there is no provision of CCTV at DRC
Building Management system for monitoring the physical environment and 
utilities is not operational.
3.2.1 Component 1: Site  The Is there scope for the Bidder to do inspection, who have not dine any site inspection.? Bidder can visit DC and DRC 
Preparation and Supply &  bidders are also advised to make a visit to SPMCIL DC and DRC before pre-bid  How will it fan out if there is any major flow found between inspection and actual  sites as mentioned in the RFP. 
Installation of Hardware meeting in order Implementation time? Refer corrigendum/amendment 
327 Tech Mahindra
to make any assessment relating to site preparation and other requirements. 1 for extended timeline of 
visiting DC and DRC 

3.2.2 Component 2: Supply &  The System Integrator is required to meet the minimum bill of material, sizing  Is this additional requirement of software and licenses (if required) will be part of  As per RFP.System Integrator 


Installation of Software criteria and other requirements as mentioned in Annexures 7 & 8 and Section  Change request? And the SI will charge the required cost for procurement to SPMCIL? shall be responsible to procure 
Page - 32 VII and of this bidding document. and supply any additional 
328 Tech Mahindra However, System Integrator shall be responsible to procure and supply any  software and licenses to fulfill 
additional software and licenses, if required, for successful implementation  the requirements of RFP. 
(including integration) of project.

3.2.2 Component 2: Supply &  All licenses procured should be of full use, enterprise, perpetual, unrestricted  The above Para states that "Supply of SAP Licenses is not in the scope of System  SPMCIL will procure SAP licenses


Installation of Software and irreversible except mentioned otherwise. Integrator and it will be procured separately by SPMCIL"
329 Tech Mahindra
Page - 32 So, its for SPMCIL to take note of this point or is there any role of SI in this licence 
procurement?
Requirement Gathering &  Functional coverage as mentioned in Annexure 2 of this bidding document  Will the SI be allowed to take up change requirement process for the Additional  As per RFP
Analysis are minimum requirements. It is expected that the System Integrator may be  functionality requirements? Is this understanding correct?
330 Tech Mahindra Page 34 required to include additional functional requirements, which may come up 
during the period of its self-assessment to arrive at an appropriate design of 
the solution.
Design of Business Blueprint/  System Integrator must note that SPMCIL can add processes/ modules/  Any addition of "processes/ modules/ functionalities/ items/ subitems before or  As per RFP
Design Document functionalities/ items/ subitems before or during blueprint finalization to  during blueprint finalization to achieve the overall goal of the project: can be 
331 Tech Mahindra
Page 35 achieve the overall goal of the project. considered as Change Request and the extra effort billed to SPMCIL??

3.2.6 Component 6: Operations &  Helpdesk setup Help desk duration of support required? Is it 24x7, 24x5 or 9 to 6 working days? Refer Serial Number 318


Maintenance Support
332 Tech Mahindra
Page 45

Generic Query Regarding Performance Testing we cound not find any thing related to Performance testing in RFP. As per RFP . Bidder may propose 


333 Tech Mahindra
Is bidder need to propose any tool?? Please confirm the necessary tools
Indicative migration/ system  system conversion approach Request you to please share the SAP readiness check report, if available. The information may be shared 
conversion approach . Page 37 SAP readiness check report provides detailed view of system conversion - Mandatory  with successful bidder after 
334 Tech Mahindra
process changes, compatibility signing contract and NDA with 
check etc.. SPMCIL.

Page 31 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Indicative migration/ system  system conversion phase Please confirm if you have any existing SAP ERP inflight projects/production releases  As per RFP


conversion approach - Page 37 that are planned during the S/4HANA Conversion project lifecycle. If Yes, then we 
335 Tech Mahindra
need to decide on the freeze period. Please confirm.

2.1 SAP application/The current  The current SAP landscape is depicted Could you please share the As-Is system landscape As per RFP


SAP landscape is depicted  below:………. /Architecture detailed view/diagram with depicting SAP, Non SAP, 3rd Party systems 
below…./Page 24 and all other surrounding systems.
336 Tech Mahindra The overall view of As-Is landscape will provide the end to end scenarios testing 
requirement and consider the SIT (System integration testing) duration of testing 
phase in
project plan.
Existing IT Systems - Page 23 Dependency - SPMCIL is also planning to implement other important IT  Please share the details where you expect dependency due to integration or  As per RFP
initiatives like global e-Commerce portal................ interfacing with SAP S/4HANA system conversion project, if any.
337 Tech Mahindra
SPMCIL envisages to implement all these new Please state any high level dependencies affecting the
initiatives in a span of................ schedule of this program
Migration - Page 37 Ensure downtime optimization for upgradation Please provide the expected duration of business downtime As per RFP
338 Tech Mahindra
and migration for go-live.
3.2.4 Component 4: Capacity  Product Training Please provide more details on what is meant by 'Product training'. Our understanding  As per RFP. Classroom training 
Building and Change  (Batch size to be defined unit wise/ business wise as per mutual agreement) is we have to provide 'Level 1 S/4 HANA overview training' to end users and detailed  should be provided
339 Tech Mahindra Management - Page 41 training limited to only core users. Core users will train the end users. Please confirm.
What will be the mode of training (online, classroom)

4. Delivery Schedule/ Component  Test cases for User Acceptance Testing (UAT) : User will execute UAT based  Assumption : UAT test cases to be provided by Business for execution As per RFP


3: on Test Cases submitted by System Integrator We will support with UAT use cases preparation where SAP functionality is changed or 
340 Tech Mahindra Implementation impacted due to system
& Migration Services - Page 57 conversion

3.2.3 Component 3:  Testing & User Acceptance How many manual test cases are available currently designed and maintained ? What  As per bidder's past experience 


Implementation & Migration  is the percentage of reusability can be considered? in similar projects
341 Tech Mahindra Services : Page 33 In case if existing test cases need to be modified for impacted/change functionality 
S/4HANA, then we need Knowledge transfer support from SPMCIL on existing 
business processes/specific custom processes
3.2.3 Component 3:  Testing & User Acceptance What is the Performance Test scope for the project ? Is it limited to application layer,  It will cover infrastructure also. 
342 Tech Mahindra Implementation & Migration  or to cover infrastructure also, giving inputs to sizing ? Do you have any performance  SI has to provide the tool.
Services : Page 35 testing tool in the current SAP Landscape ?
3.2.3 Component 3:  Testing & User Acceptance Is the vendor expected to perform remediation and testing activities on any connected  Yes, it is in the Scope of SI
Implementation & Migration  systems, e.g. PI/PO, BW, SolMAN etc. (remediations needed on the connected 
343 Tech Mahindra
Services : Page systems due to
35 S/4 Conversion)
3.2.3 Component 3:  Testing & User Acceptance Assumption : SPMCIL shall do the overall regression testing and UAT. Please confirm. Regression testing and UAT will 
Implementation & Migration  be done by SPMCIL. However, 
344 Tech Mahindra Services : Page Regression testing will also be in 
35 the scope of SI.

3.2.3 Component 3:  Documentation Please provide the existing level of documentation in SPMCIL We assume that the  The information may be shared 


Implementation & Migration  existing document repository on Business blue print, Process flows, Functional and  with successful bidder after 
345 Tech Mahindra
Services : Page 33 Technical/Interface specification, Test use cases, test scenario is in good quality. signing contract and NDA with 
SPMCIL.
2.1 SAP application - SAP  Currently the following modules of SAP are 1. Transaction volume of the modules in scope The information may be shared 
modules - Page 25 implemented at SPMCIL:…… 2. Can you please provide process variants across the SAP modules with successful bidder after 
346 Tech Mahindra
signing contract and NDA with 
SPMCIL.

Page 32 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

3.3 Team Composition &  Team Composition for conversion project from client end We assume From SPMCIL side there will be dedicated team structure in place for this  The information may be shared 


Qualification Requirements -  S4HANA conversion project. Please provide details on your team structure. with successful bidder after 
Page 48 Project governance will be finalized and aligned during prepare phase signing contract and NDA with 
Is SPMCIL expecting a joint delivery team for the project with SPMCIL responsible for  SPMCIL.
key roles viz.,
- Program Manager
347 Tech Mahindra
- Business Process owner/Domain experts
- IT Lead (for systems SAP & Non SAP systems)
- Functional Lead
- Technical Lead
- Data Migration Lead

ANNEXURE 2: Functional  Business Partner (Customer & Vendor) Customer/Vendor Master integration (CVI) to Business Partner (BP) is one of the  Yes, CVI activities are part of 


Coverage of SAP Application :  prerequisites for S4 Conversion. Have you identified prerequisite for CVI activities? System Integrator scope
348 Tech Mahindra Page 115 Will the CVI activities be part of System Integrator scope. How many customer and 
Vendors in scope ?

2.1 SAP application/The current  Integration What technology has been used for interfaces e.g. IDOCS, Webservices etc.? Please list  Currently, SAP ECC interacts 


SAP landscape is depicted  all the interfaces based on respective technology. with BI and EP. 
below…./Page 24 What is the current middleware used for SAP Integration with other surrounding  
349 Tech Mahindra
systems. Could you please provide Total number of Interfaces in scope with the 
breakup of number of interfaces business area wise i.e. procurement, finance, supply 
chain, other areas.
Component 3: Hypercare (Post go live warranty support) Please provide the expected duration of Hypercare (Post go live warranty support)  As per RFP
Implementation period?
350 Tech Mahindra
& Migration Services :
Page 33
ANNEXURE 2: Functional  Finance (FI) Sub-Modules Is COPA used in ERP?  If yes costing based COPA or account based COPA? No, COPA is not used
351 Tech Mahindra Coverage of SAP Application : 
Page 115
ANNEXURE 2: Functional  Finance (FI) Sub-Modules what are the Finance business functions activated in Financials Extension (EA-FIN)  The information may be shared 
Coverage of SAP Application :  under existing SAP ERP? with successful bidder after 
352 Tech Mahindra
Page 115 signing contract and NDA with 
SPMCIL.
ANNEXURE 2: Functional  Finance (FI) Sub-Modules Is New GL functionality activated and implemented Yes
353 Tech Mahindra Coverage of SAP Application : 
Page 115
ANNEXURE 2: Functional  Finance (FI) Sub-Modules How many company codes, Sales organization, sales channels etc. are in scope? Company code - 4 ( 1 for 
Coverage of SAP Application :  SPMCIL, 3 for SPMCIL PF trust)
Page 115 Sales organization - 11
354 Tech Mahindra
Sales channels - 11

ANNEXURE 2: Functional  Finance (FI) Sub-Modules Can you please confirm if New Asset Accounting (Ledger Approach) was activated in  No


355 Tech Mahindra Coverage of SAP Application :  ECC.
Page 115
ANNEXURE 2: Functional  Finance (FI) Sub-Modules Can you please confirm if New Asset Accounting (Ledger Approach) was activated in  No
356 Tech Mahindra Coverage of SAP Application :  ECC.
Page 115
Migration - Page 37 Ensure downtime optimization for upgradation and migration Is Data archiving also required as scope of this RFP. If yes, will it in scope of client IT  Scope of SI. Data of 12 years is 
team or SI residing in database
357 Tech Mahindra
How many years of data is residing in database , that will be part of conversion to S4 
HANA.
Optional Manpower  Price breakup for manpower for 5 years We don’t see any requirement for program governance, As per RFP
358 Tech Mahindra
Requirement - Page 88 project management, Lead roles. Please clarify ?
3.2.4 Component 4: Capacity  Training Tools Please let us know if any training tools that are currently used for preparation and  As per RFP
Building and Change  delivery of end user training at SPMICL
359 Tech Mahindra
Management :
Page 41
Page 33 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Delivery Schedule - Capacity  Scope of Change Management is limited to training, conducting workshop  The SI will provide only the change management strategy document and conduct  As per RFP


Building and Change  and change management strategy document. workshop. Deliverable # 17,18,19,20
360 Tech Mahindra
Management . The implementation of change management is outside the
Page 58 scope of SI.
ANNEXURE 2: Functional  SolMAN What are the functionalities implemented in SolMAN. Is it also used for Test  Currently it is used for 
Coverage of SAP Application :  management & documentation maintaining License and 
361 Tech Mahindra
Page 115 generating XML file for upgrade. 
As per RFP
3.2.4 Component 4: General What Learning management system is currently being used by SPMCIL? No LMS is being used
362 Tech Mahindra Capacity Building and Change 
Management
3.2.4 Component 4: Capacity  General What are the other training tools currently used by SPMCIL for internal trainings. No tools used as such for 
363 Tech Mahindra Building and training
Change Management
Tender Document, page 31 The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  Hardware OEM not provide support certificate more than 7 year and that to delivery  Refer Amendment 3
OEMs that the supplied hardware will be supported by them for a minimum  date, so please change the same to 7 year and from date of delivery.
364 Tech Mahindra duration of ten (10) years from the date of commissioning of the hardware 
i.e. date of commissioning certificate issued by SPMCIL.

Tender Document, page 32 The System Integrator is required to procure and supply the requisite  1) Please confirm that Enterprise monitoring tools is require only for the proposed  As per RFP


software including system software, application software, database,  infrastructure / Application or some other Infrastructure / App need to be monitor.
virtualization software etc. required for SAP solution, mail and messaging  2) please provide the details of other Infrastructure / Application details (Number of 
365 Tech Mahindra
solution and other activities e.g. backup, replication, virtualization, enterprise  VM, OS, DB, App) which need to be monitor by new EMS as we need to procure the 
monitoring, helpdesk, end point protection etc. license accordingly.

Tender Document, page 32 The System Integrator is required to procure and supply the requisite  Please confirm that do we need to provide server  / VM for patch Management and  Yes, there should be a provision. 


software including system software, application software, database,  Antivirus as well As per RFP
virtualization software etc. required for SAP solution, mail and messaging 
366 Tech Mahindra
solution and other activities e.g. backup, replication, virtualization, enterprise 
monitoring, helpdesk, end point protection etc.

Tender Document, page 45 Install all required upgrades, updates, and patches released by OEMs for  Upgrade are not part of standard operation and maintenance, kindly exclude the same  As per RFP


proposed products and other software. System Integrator shall include the  from operation support
details of all installed upgrades/ updates/ patches in monthly status report.
367 Tech Mahindra
System Integrator must interact with OEMs for any support/ management 
related issues

Tender Document, page 46 System Integrator is required to set up, operationalize and run a centralized  Please confirm the Support window for helpdesk (12X6) or 24X7 Refer Serial Number 318


368 Tech Mahindra helpdesk in
SPMCIL premises
Tender Document, page 47 DC – DRC drill is not being undertaken currently Please confirm SPMCIL is looking or DR Automation tools as part of this engagement  SPMCIL is looking for DR 
369 Tech Mahindra
as no automated tool is available. or its upto bidder to manage RPO /RTO with / without tools Automation tools
Tender Document, page 47 3.3.1 Team composition at Data Centre, Noida Requested number of resources are not adequate to manage 24X7 support, so please  As per RFP. Bidder may propose 
370 Tech Mahindra confirm that the given resources are minimum and bidder need to provide the require  additional resources as required
resource  as per Support Window and SLA
Tender Document, page 52 RPO (Recovery Point Objective) shall be less than or equal to 15 minutes. RPO is dependent on the  bandwidth between DC/DRC which will be taken care by  As per RFP. Bandwidth is 
Severity of violation: High SPMCIL, so kindly confirm that issue due to bandwidth will not part of Bidder SLA and  managed by SPMCIL.  SPMCIL 
371 Tech Mahindra manage by SPMCIL has two connectivities between 
DC and DRC.

Tender Document, page 52 System infrastructure availability (This availability is applicable on all IT & non- Kindly help that how you calculate the overall penalty in case 1 physical server goes  As per RFP. 


IT down due to any issue and there are 10 VM is running on the same.
372 Tech Mahindra components of DC, DRC and BU as supplied by System Integrator) Actual availability is 97%
Availability of system infrastructure shall be at
least 99.5%
Tender Document, page 53 CPU utilization for each server/ virtual machine Application sizing is shared by SPMCIL and same will be approved by OEM so if even  As per RFP. Bidder need to 
after that utilization go beyond 70% there is no role of SI in this, so please confirm that  reassess the sizing requirement 
373 Tech Mahindra
only in case utilization go above 70% due to issue in configuration SI will be liable and  given in the RFP to meet SLAs
not otherwise
Page 34 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Tender Document, page 56 4. Delivery Schedule As you aware that due to chip shortage average delivery timelines of hardware itself is  Refer Amendment 3


between 12 to 16 weeks where you are expecting test and dev setup to be ready by 12 
374 Tech Mahindra
week. This is practically not possible, kindly change the same to 20 weeks

Tender Document, page 61 Additional spares to meet SLAs will be maintained Please confirm that is there any minimum requirement of spare or its upto bidder to  Bidder needs to procure 


procure / not procure additional spare as SLA is responsibility of bidder. additional spares at his cost to 
375 Tech Mahindra
achieve SLA specified in the RFP

Tender Document, page 79 2.2 Operations & Maintenance Cost (O&M Phase) AS we need to factor additional manpower to manage the SLA but there is no option  As per RFP


to showcase the cost associated for the same and only fixed manpower cost can be 
376 Tech Mahindra
added. Kindly confirm that under which head we should showcase that additional cost.

188:Table 42: Minimum BoM for  3. Minimum BoM for software:Backup Software/ Appliance Bidder seeks clarity on the existing Backup Data. As per RFP


software For both DC and DRC Please clarify,if SI needs to migrate Old Backed up data from existing Backup target to 
new Backup Target or It will be Fresh Installation without any Migration.
377 Tech Mahindra
If Migration is required:- Please share the existing backup details (Number of 
Tapes/Type of Tapes capacity etc.)

Tender Document, page 194 The proposed HCI solution should be a factory shipped Does SPMCIL needs features like Network Isolation and VM Microsegmentation ,  As per RFP


engineered & integrated appliance. All the components of HCI Application Visualization,Service Chaining &Policy-based Control ,Compliance Audit 
378 Tech Mahindra such as compute nodes, hypervisor OS, storage disks, and Reporting, Security Posture and Status Dashboards features in HCI Solution?
management software should be factory installed and shipped
ready for fast deployment.
3.2.1 Component 1: Site  The System Integrator (SI) is required to undertake necessary site preparation  Bidders are required to visit various sites  for  Assessemnt of IT and non-IT  Last date for Site Visit has 
Preparation and Supply &  activities in order to deploy requisite IT and non-IT infrastructure at DC, DRC  infrastructure and this activity will take time. already been extended through 
Installation of Hardware and business units of SPMCIL. The bidders are also advised to make a visit to  We req you to provide more time for sites visit and allow access to visit before  Corrigendum/Amendment 1
379 Tech Mahindra
page 30 SPMCIL DC and DRC before pre-bid meeting in order to make any assessment  submission of bid
relating to site preparation and other requirements.

Annexure 13, Payment On Operation Acceptance 40% of A1  & 40% OF A2 40 % payment of Hardware & Software is linked with Operational Acceptance of SAP  As per RFP


Schedule,Page No. 283 Implementation & Migration Services,We request you to release 40% of payment after 
380 Tech Mahindra installation  of Hardware & Software only and it should not be linked with operational 
acceptance of the SAP Implementation & Migration services.

Annexure 13, Payment Post Go-LIVE operation & maintenance--- Annual Technical Support Software As all the OEMs asks for ATS in advance hence we request you to change the payment  As per RFP


381 Tech Mahindra Schedule,Page No. 284 schedule from quaterly to yearly advance. ATS cost should be paid yearly in advance.

2. Price Schedule form: Page 79 Note :Total cost of “Supply, installation and Implementation” We request SPMCIL to remove this clause for making the project cash Positive as due  As per RFP


382 Tech Mahindra should not be more than 50% of the total project cost i.e. X should not be  to this project will become cash negative and it affect the participation.
more than 50% of (X+Y).
Section IX: Qualification/  CMMI Level :  Should have valid SEI CMMI (Capability Maturity Model) Level 5 We reqeust SPMCIL to allow Auditor Letter for confirming CMMI level 5 assesment in  As per RFP
Eligibility case of Renewal of CMMI Level certficate.
383 Tech Mahindra
Criteria-- Cluase 2 -Capacity 
Criteria, Page No. 71
Clause 8,12.2 33 36.1,Evaluation Only those bids who get an overall technical score of 70% or more as per  As this is a very critical & important project for SPMCIL, We request  you to Consider  As per RFP
384 Tech Mahindra Technical Evaluation Criteria shall be considered technically qualified. QCBS (Quality Cost Based System) instead of L1 method of deciding the final bidder.

Section VI: List of Requirements 2.2 IT infrastructure at DC & DRC Please share details of SAP landscape information containing inventory details, SAP &  Refer S. No. 170


385 Tech Mahindra
DB version, current size of the VM and DB size.
Section VI: List of Requirements 2.2 IT infrastructure at DC & DRC Please advise whether are you performing any data archiving either technical or  No data archiving in current set-
386 Tech Mahindra functional in the current setup? What is the archiving solution currently in place? up

Section VI: List of Requirements 2.2 IT infrastructure at DC & DRC Could you please share the recent EWA report for all the SAP Production system that  The information may be shared 


are in scope? with successful bidder after 
387 Tech Mahindra
signing contract and NDA with 
SPMCIL.
Section VI: List of Requirements 2.2 IT infrastructure at DC & DRC Please share details about HA solution currently used in the landscape? Currently HP service guard 
388 Tech Mahindra cluster  is used in HA (i.e. in 
PRD/BIP/EPP). As per RFP
Page 35 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Section VI: List of Requirements 2.2 IT infrastructure at DC & DRC Details of current DR approach and solution used in the current landscape? Oracle data guard is used in DC-


389 Tech Mahindra DR log shipping. As per RFP

ANNEXURE 8: Technical 1. Minimum sizing requirements for HANA system at data centre Can you please confirm whether target sizing includes capacity considering the future  The SAP sizing provided in the 


specifications and sizing  growth? RFP document is minimum 
requirements based on the current 
assessment of business 
requirements including future 
growth. However, bidder needs 
390 Tech Mahindra
to re-assess the sizing 
requirement as per its past 
experience and requirements 
specified in the RFP document.

Section VI: List of Requirements 2.1 SAP application We understand SAP EP system is used for accessing SAP ESS, is there any other Currently, SAP EP system is used 


391 Tech Mahindra component using SAP EP? for accessing SAP ESS. As per RFP

3.2.3 Component 3:  Migration section. Page 36 Request you to share the SAP readiness check report for SAP ECC and SAP BI. The information may be shared 


Implementation & Migration  with successful bidder after 
392 Tech Mahindra
Services signing contract and NDA with 
SPMCIL.
3.3 Team Composition &  3.3 Team Composition & Qualification Requirements In the complete flow we can see that there is missing Knowledge Transfer of existing  The selected bidder shall do the 
Qualification Requirements processes to carry out the AMS support. Can you please specify where in SPMCIL  details assessment of existing 
would like to see this phase during the transformation/migration to latest S/4HANA. processes. SPMCIL shall provide 
393 Tech Mahindra
the related documentation 
during the assessment.

3.3 Team Composition & 3.3 Team Composition & Qualification Requirements For the Incident support & helpdesk, can you please let us know the ITSM tool that will  Bidder needs to propose the 


Qualification Requirements be used for logging these tickets? tool as per the requirement 
394 Tech Mahindra
mentioned in the RFP

3.5 Warranty Conditions Violations and associated penalties Is there any cap on the maximum penalty that can be levied? As per RFP. Refer SCC clause 


395 Tech Mahindra
24.1
ANNEXURE 2: Functional  As per the existing system, only ISP Nashik & SPP Hyderabad units are under  We understood plant ISPN and SPPH are having MTO with VC (Page 129) The information may be shared 
Coverage of SAP Application MTO scenario. So, while migrating to S/4HANA the feasibility of configuring  1. Do you want to continue with VC and use Material Variant for MTS? with successful bidder after 
3. Additional Requirements: CO  these units to MTS scenario needs to be taken care of. 2. Number of VC models for respective plant? signing contract and NDA with 
396 Tech Mahindra (Controlling) 3. Do you want to convert VC modles in MTS material master with combination of char  SPMCIL.As per RFP
Page172 specification?
4. Who will be Resonsible for making changes in Master Data maintenance (create 
Material, BOM, Routing, PV, Etc..) for MTS process change?
Custom Developments - Request Request Short Text Please eloborate what these short texts are. The information may be shared 
Short Text(Page 139) with successful bidder after 
397 Tech Mahindra signing contract and NDA with 
SPMCIL.As per RFP

Custom Developments from Page  Custom Developments How many RICEF Objects are presently being used and out of which how many of  The information may be shared 


132 them likely to get impacted. We will need this information (approx. no's) to arrive at  with successful bidder after 
398 Tech Mahindra effort estimations? signing contract and NDA with 
SPMCIL.As per RFP

Annexure 2 : Functional coverage Bank Accounting Please let us know if there are any interfaces with banks The information will be shared 


with successful bidder after 
399 Tech Mahindra signing contract and NDA with 
SPMCIL.As per RFP

Page 36 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Annexure 2 : Functional coverage Statutory Please let us know if there are any interfaces for statutory purposes (GST/TDS etc) As per RFP. Currently, there are 


no interfaces for statutory 
400 Tech Mahindra purposes but may be planned in 
future based on the SPMCIL 
decision 
Delivery Schedule (Page 57) Component 3: Implementation & Migration Services - Project plan There are many S/4HANA Pre-requisite activities for system conversion project.  As per RFP
Example Readiness checks, Custom development analysis, Pre-conversion checks, CVI 
401 Tech Mahindra adaptations, Fix application compatibility issue etc. Can you please confirm if all the 
pre-requisite activities are part of Deliverable #8: Project plan & Deliverable #9: Exit 
management plan
Delivery Schedule (Page 57) Component 3: Implementation & Migration Services - Customization,  The delivery of development and Quality system will be by week T16, which means  As per RFP
configuration, migration and testing & that we have only 8 weeks for Deliverable #12 (T+24): Customization and testing 
402 Tech Mahindra reports including migration completion report. Can you please confirm if the overall 
project time line can be extended to deliver the component 3.

3. Human Capital Management  General As per the project time line, can we assume 10 Weeks time lines to migrate from ECC  As per RFP


(HCM) Module R/3 to S4 HANA with out any new developments, configurations and customizations of 
403 Tech Mahindra
any new requirement or functionality. Please confirm.

3. Human Capital Management  Appraisal, Travel Management Can you please provide the different modules implemented in SAP HCM. Is SAP  As per RFP. Currently,  SAP 


(HCM) Module Appraisal module implemented? Travel Management modules ? Appraisal module is 
404 Tech Mahindra implemented but Travel 
Management module is not 
implemented
3. Human Capital Management Letter format Curerntly do you have Hindi translation (IN SAP Screens or in letters to Refer Serial Number 6
405 Tech Mahindra (HCM) Module employees). Hindi language pack activated?

3. Human Capital Management Travel Management What all integrations do you have for Travel Management module? Refer Serial Number 404


406 Tech Mahindra (HCM) Module

3. Human Capital Management Time Management What SAP time Management method(Positive or Negative Time) is used Currently, negative time 


407 Tech Mahindra (HCM) Module currently? management method is used. 
As per RFP
3. Human Capital Management Time Management Currently how do you capture and process employees IN and OUT times? The information will be shared 
(HCM) Module with successful bidder after 
408 Tech Mahindra signing contract and NDA with 
SPMCIL.As per RFP

3. Human Capital Management Time Management How is over time currently calculated? Is it with-in SAP Payroll or Manual? The information will be shared 


(HCM) Module with successful bidder after 
409 Tech Mahindra signing contract and NDA with 
SPMCIL.As per RFP

3. Human Capital Management Time Management What is the third party Time capture machine propsoed for SAP Time The information will be shared 


(HCM) Module Integration? with successful bidder after 
410 Tech Mahindra signing contract and NDA with 
SPMCIL.As per RFP

3. Human Capital Management Payroll What is the current DME (Bank transfer) method? The information will be shared 


(HCM) Module with successful bidder after 
411 Tech Mahindra signing contract and NDA with 
SPMCIL.As per RFP

3. Human Capital Management Document Sign Do you have Docu sign or any other Document sign app for capturing signatures on  No. As per RFP


412 Tech Mahindra (HCM) Module the Forms?

3. Human Capital Management ESS/MSS What all services and functions are currently activated in portal (ESS/MSS)? As per RFP


413 Tech Mahindra (HCM) Module

Page 37 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

3. Human Capital Management Succession Managemnt Please confirm if you have implemeted SAP Succession Management module. No. As per RFP


414 Tech Mahindra (HCM) Module

3. Human Capital Management Portal Currently do you have any integration with SAP Portal (ESS?MSS) to any other third  No.As per RFP


415 Tech Mahindra (HCM) Module paty systmes

3.2, Sr.No. 4,Page 83/287,Table  Request you to pls clarify How many no. of EMS/NMS Licences to be proposed for  Bidder needs to asses number 


84 : Enterprise Management DC/DR Facility? of licenses as per the 
416 Tech Mahindra
system,Page No. 240 requirement and SLA clauses 
mentioned in RFP
3.2.4 Awareness sessions to be conducted is minimum 10 (for all units), May I know how  As per RFP
417 Tech Mahindra Page 41 many end users available per location so we can plan the workshop accordingly

3.2.4 Will there be Change Champions nominated per location for all units? so we cocreate  As per RFP


Page 41 the solution and move from current as-is state to future To-be state. Change 
418 Tech Mahindra
Champions who are SME's in their department and SAP user savy in nature

3.2.4 Will there be Change Sponsor nominated apart from Project sponsor ?to help and  As per RFP. This will be finalised 


Page 41 promote the change, as any transformation initiatives needs top-driven management  during project execution
419 Tech Mahindra
support and buy-in of stakeholders to address behavioral change and gaps when new 
systems are getting implemented
3.2.4 Is there any trainings required per location or the trainings be delivered at one single  As per RFP. This will be finalised 
420 Tech Mahindra Page 41 location during project execution

3.2.4 Will there be separate budget available to promote change like having posters,  As per RFP


Page 41 standees, and some form of promotional gifts to end users as we need to address 
421 Tech Mahindra
their WIIFM and take them in happy path during change iniatitives?

3.2.4 Will there be Communication specialists available from your side to promote the  As per RFP


422 Tech Mahindra
Page 41 change from communication & PR department?
Setting up of mail and messaging  Kindly provide the mailbox size which would be provided for each of the user As per RFP
423 Tech Mahindra solution (MS Exchange) Page 38

Setting up of mail and messaging  Kindly let us know the Service availability for this requirement Refer SLAs specified in the RFP


424 Tech Mahindra solution (MS Exchange) Page 38

Setting up of mail and messaging  We assume that the active directory services would be provided by SPMCIL As per RFP. Active directory is 


425 Tech Mahindra solution (MS Exchange) Page 38 already available with SPMCIL

Setting up of mail and messaging  Kindly let us know the total number of domain controllers in scope of support As per RFP. Presently three 


solution (MS Exchange) Page 38 domain controllers, 2 in DC and 
426 Tech Mahindra one in DR is available. All units 
have a child domain controller

427 Tech Mahindra Generic Query What should be the duration for Managed Services? As per RFP. Refer Section VI


Generic Query Is there an existing SDWAN solution? No. As per RFP
428 Tech Mahindra
If no, we’ll propose a new one as requested
Generic Query There’s an increased delay in the lead time for delivery of Networking Equipment. We  As per RFP
429 Tech Mahindra believe our timelines would reflect that and assume that it is okay.

430 Tech Mahindra Generic Query Could Managed Services be rendered from the SI’s premises? No. As per RFP


Generic Query Do we also have to provision/consider DR to DC connectivity? No. SPMCIL is maintaining 
431 Tech Mahindra Could we please know is there’s a present DR to DC connectivity, and the Bandwidth? connectivity between DC & DRC

Page 38 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Generic Query There’s a prescription on the number of personnel in the RFP. Number of personnel 


Would it be preferred that the SI can come to its own sizing based on the data in the  mentioned in the RFP are 
RFP? minimum requirements. Bidder 
432 Tech Mahindra may propose additional 
resources based on its past 
experience and assessment of 
RFP.
Compute and Hardware  I/O cards across partitions should not be shared Please delete these clauses to qaulify HCI based solution. Refer Amendment 3
433 HPE
Specficiations, Point 10.3 Alternately,
Compute and Hardware  Each partition should have dedicated network  interface ports, FC-HBA ports  These clauses can be retained and made applicable for hosting only DB instances ---  Refer Amendment 3
434 HPE Specficiations, Point 10.4 (as required), dedicated processor core & memory, OS image etc  where each DB instance has non shared resources, while Application and other 
instance can be housed on HCI environment. This way, both these Clauses together 
Compute and Storage  The solution should have multiple virtual switches for network traffic  Querry : Please clarify, if expectation is to deliver a regular VLAN segmentation using a  As per RFP. Solution should 
Requirments segregation. Various network traffics such as  management, storage, virtual  distributed Switching at Hypervisor level, OR the ask is to have  application level  include VLAN segmentation 
machine, virtual machine  migration etc. in the HCI should be segregated on  segmentation, as well,  which needs additional specialised software license over and  using a distributed switching 
435 HPE
to virtual  switch for improved traffic management and scaling. Any license  above the Hypervisor layer. architecture
required should be provided with the solution.

Storage Architecture The HCI solution should support various data replication  methods like RF=2  New Additon Suggested : Refer Serial Number 23


or RF=3 or equivalent for data protection.  Any software license required to 
enable RF=2 or RF=3 or equivalent solution, should be provided with the  Proposed solution must be able to support multiple points of failure across multiple 
solution.  nodes, with no loss of function or data. Must be able to compulsorily sustain 
436 HPE minimum of simultaneous 1-HDDs failures in each node of a cluster and across all 
nodes in the cluster without data loss.

Reason : Data should remain safe under various conditions of failure.

Storage Architecture The HCI solution should support Inline Deduplication and compression across  New Addition Suggested : As per RFP, it should work under 


all storage tiers. all conditions.
The Deduplication / Compression features should be availabe for each VM across 
437 HPE Multiple Distribution groups in case of full load / failure ( i.e. disk / disk group / node ) 
conditions.

Reason : The feature should be available under all conditions of operations.
Storage Architecture The solution should automatically rebalance data to maintain balanced  Suggested Revised Clause : The solution should automatically rebalance data to  Refer Amendment 3
utilization of storage across the HCI nodes. When storage capacity is scaled up  maintain balanced utilization of storage across the HCI nodes. When storage capacity 
or scaled out, the HCI nodes must automatically redistribute data equally  is scaled up or scaled out, the HCI nodes must have an option of automatically /
across all nodes. manually redistribute data equally across all nodes.

Reason for Request :


438 HPE
Each OEM have their respective way of implementing and extratcting performance 
from the HCI solution, Both of above ways are industry accepted. Change requested 
would  allow HPE, a leading OEM to bid.

Storage Architecture The proposed HCI solution should have native replication capability New Addition Suggestion : As per RFP


One to Many & vice versa Replication capability for a minimum of 3 sites to be 
439 HPE incoprorated with all licenses on Day 1 with a Automated Orchestration of DC / DR for 
at least 25 VMs with a RPO =10 should be bundled along with the said Solution at Day 
1
Virtualization Management  Virtualization software should have the provision to provide zero downtime,  Please clarify if expected RPO is 15 min, RTO is 3 hrs as in RFP elsewhere in document  As per RFP
zero data loss and continuous availability for the applications running in  Or zero downtime  and zero data loss is needed as mentioned here. 
virtual machines in the event of physical host failure.
Further, While HCI Platform can deliver RTO = 0, and RPO, being close to few minutes, 
440 HPE
however, Continuos Application availability will also depend on the way the 
Application is deployed viz .. "App Level Clusters" for eg SQL Always On. etc 

Page 39 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Hypervisor should have inbuilt virtual switch to centralize  network  Please clarify, if expectation is to deliver a VLAN segmentation and Network QoS using  As per RFP. Solution should 


provisioning, administration and monitoring using data  center-wide network  a distributed switching at Hypervisor level, OR the ask is to have Centralised  include VLAN segmentation 
441 HPE aggregation, should provide Network QoS to define priority access to network  connectivity management and QoS  as well as application level Network QoS priority  using a distributed switching 
resources. access which needs specialised licensed software over Hypervisor layer. architecture

Disk to Disk Backup Solution It should include a central console to manage the backup & restoration jobs  Request to change the clause as "It should include a central console to provide single  As per RFP


Management Console and also have functionality to schedule jobs. view of Backup Jobs success, failure, alerts, performance and Efficiency like data 
442 HPE
reduction ration etc." Since present clause is part of backup software feature.

Disk to Disk Backup Solution It  should  be  able  to  take  remote  data  backup  as  well.  If any license is  Request to change the clause as "It  should  be  able  to  take  remote  data  backup  in  As per RFP


443 HPE Remote backup required for the remote backup, bidder must include the cost with the  low bandwidth mode.  If any license is required for the remote backup, bidder must 
solution. include the cost with the solution."
Disk to Disk Backup Solution It should have configurable backup and retention policies and   also   allow  to    Request to delete the clause, it is part of backup software feature. As per RFP
444 HPE  retain   daily   backup   data   on   disk, providing ready access to backup sets 
for rapid restores.
Hardware and Interface Leaf  switches  to  Spine  connectivity should  use  uplink  port using line rate Request to remove "Line Rate" as considering Leaf Switch 48x10G=480Gbps  As per RFP
Requirement 100G only throughput for Server Connectivity with 2x100G=200 Gbps throughput for Spine 
Switch connectivity achieves 2.4:1 Blocking ratio, even most optimized considering 
445 HPE 25G Server Access port and 4x100G Spine connectivity D27blocking ratio 1200:400 = 
3:1 Blocking ratio, as request to remove "Line Rate" considering maximal allowed
3:1 Blocking / Access to Uplink Ratio

Performance Requirement Switch   should   support    total   aggregate   system   throughput minimum 5 Considering 32x100G port requirement, Spine Switch backplane throughput must be  Refer Amendment 3


Tbps minimum of switching capacity (Full Duplex:- Bi-Directional) ((32x100)*2)=6.4 Tbps for Non-Blocking and Wire speed Switch performance.

446 HPE As request to consider "Switch   should   support    total   aggregate   system   


throughput minimum 6.4 Tbps minimum of switching capacity (Full Duplex:- Bi-
Directional)"

Hardware and Interface  Minimum 48 ports with support for 1/10 Gbps SFP ports. The proposed   Considering new age 25G native and low cost Server Port availability, recommend to  As per RFP. Bidder may propose 


Requirement switch  should  be  populated  with  36x10G  using Multimode   fibre    consider 48 Port 1/10/25G SFP28 Switch access port support in Leaf Switch to be  solution with higher 
transceivers   and   12x1G   modules   for downlink    connectivity    &     future ready and 2.5x more port speed in same or lower cost, SFP28 Port supported by  specification
6x40/100G    ports    with    100G multimode Transceivers for uplink  all OEM,
connectivity.
447 HPE
Requested to consider "Minimum 48 ports with support for 1/10/25 Gbps SFP28
ports. The proposed  switch  should  be  populated  with  36x10G  using Multimode   
fibre   transceivers   and   12x1G   modules   for downlink    connectivity    &    
6x40/100G    ports    with    100G multimode Transceivers for uplink connectivity.

Performance Requirement Switch   should   support   minimum   2.5 Tbps   of   switching capacity (or as  Considering wire speed and line rate switch backplane request to consider  Refer Amendment 3


per specifications of the switch if quantity of switches is more, but should be  (((48*25)+(6*100))*2)=3.6 Tbps Switching and 2000 Mpps throughput performance.
non-blocking capacity) Requested to consider "Switch   should   support   minimum 3.6 Tbps of switching
448 HPE capacity and 2000 Mpps Switching throughput (or as per specifications of the switch 
if quantity of switches is more, but should be non-blocking capacity)"

Recommended as mandatory feature The Switch must support High Availability feature for Server Side Redundant and port  As per RFP


link aggregation.
449 HPE
Request to consider "Switch must support virtualization or high availability 
configuration for Active-Active redundancy."
Performance Switch shall have minimum 80 Gbps of switching fabric and minimum 50 The Switch must support (48x1G + 4x10G)*2 = 176 Gbps Switching performance and  Refer Amendment 3
Mpps of forwarding rate. 130 Mpps forwarding rate.
450 HPE
Request to consider "Switch shall have minimum 176 Gbps of switching fabric and 
minimum 130 Mpps of forwarding rate."
Interface Switch  shall  have  minimum  48  nos.  10/100/1000  Base-T ports and  Recommend to consider 25G uplink port support  As per RFP. Bidder may propose 
additional 4 nos. SFP+ uplinks ports. solution with higher 
451 HPE
Request to consider "Switch  shall  have  minimum  48  nos.  10/100/1000  Base-T  specification
ports and additional 4 nos. 1/10/25G SFP28 uplinks ports."
Page 40 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Recommended as mandatory feature Recommend to consider Switch must support across the rack Switch Stacking for  As per RFP. Bidder may propose 


efficient out of the band management network. solution with additional features
452 HPE
Request to consider "Switch must support across the Rack Virtualization or Stacking of 
minimum 10 Switch, must be supplied with required module/cable for Switch Stack"

Performance Switch shall have minimum 80 Gbps of switching fabric and minimum 50 The Switch must support (48x1G + 4x10G)*2 = 176 Gbps Switching performance and  Refer Amendment 3


Mpps of forwarding rate. 130 Mpps forwarding rate.
453 HPE
Request to consider "Switch shall have minimum 176 Gbps of switching fabric and
minimum 130 Mpps of forwarding rate."
Interface Switch  shall  have  48  nos.  10/100/1000  Base-T  ports  and additional 4 nos. Recommend to consider 25G uplink port support  As per RFP. Bidder may propose 
SFP+ uplinks ports. solution with higher 
454 HPE
Request to consider "Switch  shall  have  minimum  48  nos.  10/100/1000  Base-T  specification
ports and additional 4 nos. 1/10/25G SFP28 uplinks ports."
Recommended as mandatory feature Recommend to consider Switch must support across the rack Switch Stacking for  As per RFP. Bidder may propose 
efficient out of the band management network. solution with additional features
455 HPE
Request to consider "Switch must support across the Rack Virtualization or Stacking of 
minimum 10 Switch, must be supplied with required module/cable for Switch Stack"

Performance Switch shall have minimum 40 Gbps of switching fabric and minimum 25  The Switch must support (24x1G + 4x10G)*2 = 128 Gbps Switching performance and  Refer Amendment 3


Mpps of forwarding rate. 95 Mpps forwarding rate.
456 HPE
Request to consider "Switch shall have minimum 128 Gbps of switching fabric and
minimum 95 Mpps of forwarding rate."
Interface Switch  shall  have  24  nos.  10/100/1000  Base-T  ports  and additional 4 nos. Recommend to consider 25G uplink port support  As per RFP. Bidder may propose 
SFP+ uplinks ports. solution with higher 
457 HPE
Request to consider "Switch  shall  have  minimum  24  nos.  10/100/1000  Base-T  specification
ports and additional 4 nos. 1/10/25G SFP28 uplinks ports."
Recommended as mandatory feature Recommend to consider Switch must support across the rack Switch Stacking for  As per RFP. Bidder may propose 
efficient out of the band management network. solution with additional features
458 HPE
Request to consider "Switch must support across the Rack Virtualization or Stacking of 
minimum 10 Switch, must be supplied with required module/cable for Switch Stack"

Interfaces 24 10/100/1000BASE T ports, 4 x 10 Gigabit SFP+ Recommend to consider 25G uplink port support  As per RFP. Bidder may propose 


solution with higher 
459 HPE
Request to consider "Switch  shall  have  minimum  24  nos.  10/100/1000  Base-T  specification
ports and additional 4 nos. 1/10/25G SFP28 uplinks ports."
Power Supply Dual power supply Access Switch location don’t require Dual Power Supply, request to remove the clause  As per RFP
460 HPE
to optimize overall cost and best hardware utilization.
Device  should  be  able  to  support  minimum  200 Mbps of traffic  with   Considering new age application traffic and data replication requirements, request to  As per RFP. Bidder may propose 
encryption  and  other  services  like  QoS,  NAT, IPSec, Stateful Firewall etc. consider minimum 2Gbps traffic handling capability with data encryption support in  solution with higher 
Wan Gateway. specification
Requested change "Device  should  be  able  to  support  minimum  200  Mbps  of 
461 HPE traffic with  encryption  and  other  services  like  QoS,  NAT, IPSec, Stateful Firewall 
etc."
Device should support future expansion of minimum 2 Gbps traffic handling capability 
with WAN and Security services without any change in WAN Gateway hardware 
appliances.
Recommendation To optimize DC - DR WAN bandwidth optimization and Cost savings,  As per RFP
recommend to consider "Solution should natively support WAN optimization with 
462 HPE
packet deduplication, TCP optimization capability to optimize DC - DR application 
traffic"

Page 41 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Device should be able to support minimum 50 Mbps of traffic with   Considering new age application traffic and data replication requirements, request to  As per RFP. Bidder may propose 


encryption  and  other  services  like  QoS,  NAT,  IPSec, Stateful Firewall etc. consider minimum 100 Mbps traffic handling capability with data encryption support  solution with higher 
in Wan Gateway. specification
Requested change "Device should be able to support minimum 50 Mbps of traffic 
463 HPE with  encryption  and  other  services  like  QoS,  NAT,  IPSec,"

"Device should support future expansion of minimum 100Mbps traffic handling 


capability with WAN and Security services without any change in WAN Gateway 
hardware appliances."
Should have minimum 4 nos. of 10/100/1000 Base-T ports. For optimized WAN and LAN connectivity, request to consider minimum 3 x  As per RFP
464 HPE 10/100/1000BaseT Port or   sub  interface support in Branch SD-WAN appliance

Should  be  rack  mountable  &  should  be  supplied  with  dual power supplies "dual power supplies" is not relevant for edge level WAN gateway, request to kindly  As per RFP


remove the clause for unit location, to ensure higher network uptime suggest to 
465 HPE
consider WAN Gateway in Active-Active redundant configuration.

Recommendation To optimize DC - DR HUB to Unit Spoke location WAN bandwidth optimization and  As per RFP
Cost savings, 
466 HPE recommend to consider "Solution should natively support WAN optimization with
packet deduplication, TCP optimization capability to optimize DC - DR application
traffic"
Recommendation For centralized policy based zero touch deployment of WAN gateway's request to  As per RFP
consider "Solution must provide centralized orchestrator or management solution
467 HPE for all DC, DR and Unit WAN Gateway WAN configuration, Application Firewall
security and Application based QOS policy, troubleshooting and performance
reporting capability.
Page 189, 133 to 177 SAP sizing for Standard modules, Customization Please clarify if the SAP sizing given on Page 189 is inclusive or exclusive of the load  The SAP sizing requirement 
being generated on DB and non DB instances,  due to customization as stated from  given in the RFP includes 
pages 133 - 177 ?   customization features and is 
minimum.
Further,  does given sizing also include the load being generated by Customization's   The bidder needs to size the 
interfaces with other functions being implemented in your SAP deployment.  solution based on its past 
experience and requirements 
Request you to also define :  the consolidated SAP sizing load factor to be taken by  given in the RFP.
Bidder for this deployment  e.g. xx % over and above the given standard SAP sizing,
to have uniformity of sizing across bidders. 
468 HPE

It may be summation of module-wise additional overheads for running regular 


Backup, Replication, Print, Expected upgrades in software over course of time,Aany 
further customizations, Growth in user count or Growth in implemented functionaities 
over years etc.

Above mentioned changes may require scale up at DB layer and scale out at Appl 
layer, which is best delivered  by combined use of clauses 10.3 and 10.4 and HCI 
environment, as  mentioned in your RFP. 

SAP sizing for Standard modules, Customization Please clarify, if the existing Backup software and its policies have to be retained and  As per RFP


upgraded into the latest verions OR a new backup software has to be procured, along 
with migration of exising Tape etc onto new deployment.
469 HPE

Section IX: Qualification/  CMMI Level Request the department to change as to be read as As per RFP


Eligibility Criteria, Sr. No. 2,  Should have valid SEI CMMI (Capability Maturity Model) Level 5 CMMI Level
470 HIGHBARTECH
Capacity Should have valid SEI CMMI (Capability Maturity Model) Level 5
Criteria, Page No. 71
Section IX: Qualification/  i) The average annual financial turnover of the bidder firm during last three  Request the department to change as to be read as As per RFP
Eligibility Criteria, Sr. No. 3,  years, ending on ‘ the relevant date’, should be at least INR 75 crores i) The average annual financial turnover of the bidder firm during last three years, 
471 HIGHBARTECH
Financial ending on ‘ the relevant date’, should be at least INR 75 50 crores
Standing, Page No. 72
Page 42 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

ANNEXURE 14: Technical  Average annual financial turnover of the bidder firm during last three years,  Request the department to change as to be read as Refer Amendment 3


Evaluation Criteria, Sr. No 1, Page  ending on Average annual financial turnover of the bidder firm during last three years, ending on
No 286 ‘the relevant date’ ‘the relevant date’
 Less than 63 Crores = 0 Marks  Less than 63 50 Crores = 0 Marks
472 HIGHBARTECH
 More than 63 Crores upto 80 Crores = 5 marks  More than 63 50 Crores upto 80 65 Crores = 5 marks
 More than 80 Crores upto 100 Crores = 10 marks  More than 80 65 Crores upto 100 80 Crores = 10 marks
 More than 100 Crores = 15 marks  More than 100 80 Crores = 15 marks

ANNEXURE 14: Technical  Experience of projects relating to migration from SAP ECC to SAP S/4HANA Request the department to change as to be read as As per RFP


Evaluation Criteria, Sr. No 2, Page   No Projects = 0 Marks Experience of projects relating to migration from SAP ECC to SAP S/4HANA
No 286  >= 1 project and <=2 projects = 4 marks  No Projects = 0 Marks
 >2 projects and <=5 projects = 7 marks  >= 1 project and <=2 projects = 4 3 marks
473 HIGHBARTECH  >5 projects = 10 marks  >2 projects and <=5 projects = 7 4 marks
 >5 projects = 10 5 marks

If any one of the above projects having more than 200 users - additional 5 Marks

ANNEXURE 14: Technical  Number of personnel with SAP certifications as required in RFP Request the department to change as to be read as As per RFP


Evaluation Criteria, Sr. No 8, Page   >= 50 personnel and <= 70 personnel = 5 marks Number of personnel with SAP certifications as required in RFP
474 HIGHBARTECH No 287  >70 personnel and <=100 personnel = 10 marks  >= 50 personnel and <= 70 personnel = 5 marks
 >100 personnel = 15 marks  >70 personnel and <=100 personnel = 10 marks
 >100 personnel = 15 marks
Section I: Notice Inviting Tender  Earnest Money (in Rs.) Request the department to change as to be read as  As per RFP
(NIT), Schedule No. 1, Page No. 8 INR 93,00,000/- (Rupees Ninety three lakhs only) Request for exemption of Earnest Money Deposit  as per latest guidelines and 
475 HIGHBARTECH Bidders have to submit the Earnest Money Deposit (EMD) (in INR) along with  directives from Ministry of Finance, of expenditure procurement policy division clearly 
Pre-Qualification Bid (PQB) as mentioned at serial no. 11 below highligh ng bid securing declar on by government of India. 

ANNEXURE 13: Payment  (1) Site preparation and Supply and Installation of Hardware. The current payment schedule is creating -ve cashflow situation. We request  As per RFP


Schedule,Table 97: Payment  (i) Supply of Hardware at DC/ DRC/ BU --> Amount Payable 60% of A1 department to consider below cashflow.
schedule,  (ii) On Operational Acceptance Supporting document --> Amount Payable 40%  (1) Site preparation and Supply and Installation of Hardware.
Page No. 283 of A1 (i) Supply of Hardware at DC/ DRC/ BU --> Amount Payable 60% 90% of A1
(2) Supply and Installation of Software (ii) On Operational Acceptance Supporting document --> Amount Payable 40% 10% of 
476 HIGHBARTECH (i) Delivery of Software Licenses --> 60% of A2 A1
(ii) On Operational Acceptance --> 40% of A2 (2) Supply and Installation of Software
(i) Delivery of Software Licenses --> 60% 90% of A2
(ii) On Operational Acceptance --> 40% 10% of A2

ANNEXURE 13: Payment  (3) Implementation & Migration Services The current payment schedule is creating -ve cashflow situation. We request  As per RFP


Schedule,Table 97: Payment  (i) On Approval of of Plans --> 20% of A3 department to consider below cashflow.
schedule,  (ii) On UAT Completion --> 20% of A3 (3) Implementation & Migration Services
Page No. 283 (iii) On Operational Acceptance  --> 20% of A3 (i) On Approval of of Plans --> 20% of A3
(iv) On Completion of Stabilization Period  --> 40% of A3 (ii) On Business Blueprint --> 20% of A3
477 HIGHBARTECH
(iii)  On migration  --> 10% of A3
(iv) On UAT Completion --> 20% of A3
(v) On Operational Acceptance  --> 20% of A3
(vi) On Completion of Stabilization Period  --> 10% of A3

4. Delivery Schedule 1. Supply & installation of hardware Delivery of hardware takes place at least 3-4 months because of semiconductors  1. Refer Amendment 3


at DC for the development and testing environment (T+8) shortage globally, procurement process also takes 3-4 weeks. Please modify timelines 
478 L&T
2. Site preparation at DC including for this milestone to T+26 2. As per RFP
supply & installation of non-IT infrastructure (T+16) Please chagne subsequent milestone accordingly.
Third Party Audit support of  SPMCIL may engage a Third Party Auditor (TPA) for audit of entire solution  Third party audit cost will be borne by SPMCIL. As per RFP.
infrastructure and solution-page  including IT and non IT infrastructure and applica ons at DC, DRC and  Please confirm Third party audit cost will be 
479 L&T number 38 business units supplied, installed and commissioned by the System  borne by SPMCIL
Integrator. The selection of the Third Party Auditor shall be done by SPMCIL.

Page 43 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

3.2.4 Component 4: Capacity  Followings are the minimum categories of trainings to be provided by System  As per understanding SPMCIL will provide the required training room ,seating  Required infrastructure for 


Building and Change  Integrator:  Management training , Application user training,Technical user  arrangement,laptop/desktop ,projector,connectivity and other required accessories  training will be provided by 
480 L&T Management -page number 41 training for conducting training across all units please confirm SPMCIL, however any training 
material, manual, CD etc. to be 
provided by SI.
ANNEXURE 6: Existing  The connectivity between DC, DRC and various business units shall be the  As per understanding SPMCIL will provide the MPLS,Internet,replication link or any  Refer Serial Number 160
connectivity options at DC, DRC &  responsibility of SPMCIL other connectivity required at DC,DR and business units please confirm.
481 L&T
business units-page number 185

3.2.1 Component 1: Site  It may also be noted that SPMCIL has recently implemented e-Office and  E-Office and Video conferencing solution redeployment, implementation ,operation  Not in bidder scope, however 


Preparation and Supply &  Video Conferencing solutions and maintenance is not in bidder scope. operations related to e-office 
482 L&T
Installation of Hardware -page  Please confirm. will be managed by SI including 
number 31 its back-up.
General  NA  i) Providing desktop/laptop,printer ,rack or any other non IT Infra (UPS,Electrical  As per RFP
cabling etc.) at SPMCIL Business units , corporate offices is not in bidder scope please 
confirm.
483 L&T ii)Configuration and Management of existing desktop/laptop,printer or any other non 
IT Infra  at SPMCIL Business units , corporate offices is not in bidder scope.
Please confirm.

2.3 Non-IT infrastructure at DC &  The DC & DRC at SPMCIL have required non-IT infrastructure in place, which  1) Are diesel generator sets are in scope of bidders? If yes then please provide  Refer Serial Number 226


DRC-page number 27 include diesel generator sets, UPS, BMS, precision air-conditioners, fire  specifications of DG sets. 
484 L&T suppression systems, fire alarm systems, card-based access systems, water  2) Please confirm diesel and consumables for the generators will be provided by 
leakage detection systems, rodent repellent systems etc. SPMCIL.

2.2 IT infrastructure at DC & DRC -  The WAN connectivity is enabled with MPLS links. The data centre at IGM  i) Required Internetnet bandwidth at DC and DR will be provided by SPMCIL. Please  Yes, will be provided by SPMCIL


 Page number 26 Noida has one 64 Mbps and another 20 Mbps MPLS links designated as  confirm.
485 L&T
primary and secondary ii) Replication link between DC and DR will be provided by SPMCIL. Please confirm.

ANNEXURE 9: Minimum resource  Perform remote troubleshooting through diagnostic Please confirm if Helpdesk resources can be deployed at offshore location outside  No, only at SPMCIL premises


qualification techniques and questions SPMCIL premises also?
486 L&T
xix) Helpdesk Staff
page number 254
3.2.1 Component 1: Site  Bidders are required to keep provisions of 14U rack Please confirm if Redeployment of existing Video Conferencing & e-Office solutions  Yes, redeployment of existing 
Preparation and Supply &  space at DC and 8U rack space at DRC for redeployment of existing Video  will be carried out by existing vendor. servers for Video Conferencing 
Installation of Hardware Conferencing & e-Office solutions. If the activity is required to be performed by SI then please share detailed BOM of the  & e-Office solutions will be 
page number 30 systems. carried out by successful bidder. 
487 L&T
SI should ensure adequate free 
space is available in the racks.

3.2.1 Component 1: Site  The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  Generally, Hardware OEMs have product lifecycles spanning not more than 7 years. Refer Serial Number 55


Preparation and Supply &  OEMs that the Request change this clause to accommodate support tenure from 10 years to 7 years. 
488 L&T Installation of Hardware supplied hardware will be supported by them for a minimum duration of ten 
page number 31 (10) years from
the date of commissioning of the hardware
3.2.6 Component 6: Operations &  The System Integrator is required to procure ATS (Annual Technical Support)  OEMs start warranty support from the date of delivery. As per RFP
Maintenance Support for all the supplied software from respective OEMs for a period of 5 years  Request SPMCIL to change the clause in accordance with OEM policy.
489 L&T
page number 45 post Operational Acceptance by SPMCIL

3.3.1 Team composition at Data  Minimum no. of resources Resource count mentioned in the column "Minimum no. of resources" refers to the  Refer Serial Number 318


490 L&T Centre, Noida number of resources per shift in 24x7x365 environment.
page number 48 Please confirm if the understanding is correct
ANNEXURE 7: Minimum Bill of  HCI for SAP Environment for DR Since DR is at 50% capacity of DC, performance SLAs will not be applicable during DR  As per RFP
Material (Sizing to be 50% of DC) drill/while working from DR.
491 L&T
1. Minimum BoM for hardware,  Please confirm 
page number 186

Page 44 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

ANNEXURE 3: Existing IT and non- General 1. Please specify existing AMC/support status status of the existing hardware  1.Refer Serial 249


IT infrastructure at Data Centre,  mentioned in the table 2. Any additional information 
492 L&T page number 174 2. Please specify CPU, Disk and memory utilization of the existing compute  and  may be shared with successful 
storage devices bidder after signing contract 
and NDA.
ANNEXURE 7: Minimum Bill of  General There are components listed in Annexure-3 (PC, printer etc.) which may need  Will be replaced/supplied by 
Material replacement. However these components are not listed in Annexure-7 (Desired BOM). SPMCIL as per 
493 L&T
page number 186 Please confirm these components will be replaced/supplied by SPMCIL. requirement/assessment

General Conditions of Contract,  Clause 4 Patent Rights- A) Request SPMCIL to include exclusions as below wherein Service Provider will not be  As per RFP


page 7 liable to indemnify SPMCIL-
The supplier shall, at all times, indemnify SPMCIL, free of cost, against all  “Supplier shall have no obligations with respect to such infringement claims under 
claims which may arise in respect of goods & services to be provided by the  clause 4 if such a claim arises or results from- (a) Supplier’s compliance with SPMCIL’s 
supplier under the contract for infringement of any right protected by patent,  specific technical designs or instructions; (b) inclusion of any SPMCIL materials or 
registration of designs or trademarks. In the event of any such claim in  third-party materials in the services or goods and the infringement relates to or arises 
494 L&T respect of alleged breach of patent, registered designs, trademarks etc. being  from such materials (c) use or modification of Services beyond the permitted scope of 
made against SPMCIL, SPMCIL shall notify the supplier of the same and the  this Agreement.”
supplier shall, at his own expenses take care of the same for settlement 
without any liability to SPMCIL. B) Request SPMCIL to provide an indemnity to Service Provider from any third-party 
infringement claims related to the materials or goods SPMCIL provides toService 
Provider to perform the services.

General Conditions of Contract,  Clause 9 Inspection and Quality Control Is SPMCIL willing to add a definite timeline for inspection/acceptance i.e “the  As per RFP


page 9 acceptance or rejection of the goods/deliverables shall be communicated to Supplier 
495 L&T
Entire clause within 15 days from submission otherwise the goods/deliverables shall be deemed to 
be accepted.”
General Conditions of Contract,  Clause 12 Insurance A) Service Provider is providing IT services under this Agreement. Is the definition of  As per RFP
page 11 Entire clause “Goods” as under this Agreement applicable to the current engagement? We propose 
the clauses of the entire agreement shall be limited to services alone. 
The entire insurance Clause 12 – seems to relate to covering Goods from 
procurement/ manufacturing to delivering it to the Client’s location and ensuring 
Goods purchased under this engagement for the Client is covered at all period. This is 
not applicable to the current engagement. 
496 L&T
Is SPMCIL willing to re-word the clause in light of the current engagement?

B) Clause 12.4 mentions that Service Provider shall be liable to pay SPMCIL for the 
damage even if SPMCIL holds insurance without waiting for the insurer to react. If and 
when the insurer pays, they will reimburse the same. We request the clause to be 
reworded accordingly.

General Conditions of Contract Clause 16 Warranty 16.5 We request re-wording as below as resetting of warranty period would lead to an  As per RFP


endless cycle of warranties for the goods.
16.5 In the event of any rectification of a defect or replacement of any  In the event of any rectification of a defect or replacement of any defective goods 
defective goods during the warranty period, the warranty for the  during the warranty period, the warranty for the rectified/ replaced goods shall be 
rectified/ replaced goods shall be extended to a further period of twelve  extended to a further period of twelve months from the date such rectified / replaced 
months from the date such rectified / replaced goods  goods starts functioning to the satisfaction of SPMCIL valid for the remainder of the 
starts functioning to the satisfaction of SPMCIL. Warranty Period as agreed in clause 16.4.

16.6 If the supplier, having been notified, fails to rectify/ replace the defect(s)  16.6 Is SPMCIL willing to accept the re-wording of the clause as below-
within a reasonable period (or within the period, if specified in the SCC),  If the supplier, having been notified, fails to rectify/ replace the defect(s) within a 
497 L&T
SPMCIL may proceed to take such remedial  reasonable period (or within the period, if specified in the SCC), SPMCIL may proceed 
action(s) as deemed fit by SPMCIL, at the risk and expense of the supplier and  to take such remedial action(s) as deemed fit by SPMCIL, at the risk and expense of the 
without prejudice to other contractual rights and remedies, which SPMCIL  supplier and without prejudice to other contractual rights and remedies, which 
may have against the supplier SPMCIL may have against the supplier. In no event shall such expense exceed 10% of 
the fees payable to supplier for the undelivered or defective services. Any assistance 
in terms of personnel or infrastructure provided by Service Provider during this period 
shall continue to be charged to the Customer as agreed. Any step in of third party shall 
not exceed thirty days from its trigger. 

Page 45 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

General Conditions of Contract,  Clause 23.1 Delay in supplier’s performance We request re-wording of this clause as below  As per RFP


page 22 The time for and the date specified in the contract or as extended for the delivery of 
The time for and the date specified in the contract or as extended for the  the stores shall be deemed to be the essence of the contract and The supplier shall 
delivery of the stores shall be deemed to be the essence of the contract and  deliver the goods and perform the services under the contract within the time 
498 L&T
the supplier shall deliver the goods and perform the services under the  schedule specified by SPMCIL in the List of Requirements and as incorporated in the 
contract within the time schedule specified by SPMCIL in the List of  contract.
Requirements and as incorporated in the contract.

General Conditions of Contract,  Clause 26, Termination for default 26.1 We request SPMCIL to provide a cure period of thirty days  to Service Provider to  As per RFP


page 24 cure any failure of performance-
26.1 SPMCIL, without prejudice to any other contractual rights and remedies  SPMCIL, without prejudice to any other contractual rights and remedies available to it 
available to it (SPMCIL), may, by written notice of default sent to the supplier,  (SPMCIL), may, by written notice of default sent to the supplier, terminate the 
terminate the contract in whole or in part, if the supplier fails to deliver any or  contract in whole or in part, if the supplier fails to deliver any or all of the goods or 
all of the goods or fails to perform any other contractual obligation(s) within  fails to perform any other contractual obligation(s) within the time period specified in 
the time period specified in the contract, or within any extension thereof  the contract or a further cure period of thirty days from date of the notice to supplier, 
granted by SPMCIL pursuant to GCC sub-clauses 23.3 and 23.4.  or within any extension thereof granted by SPMCIL pursuant to GCC sub-clauses 23.3 
and 23.4.
26.2 In the event of SPMCIL terminates the contract in whole or in part, 
pursuant to GCC sub-clause 26.1 above, SPMCIL may procure goods and/ or  26.2 We request addition of the below to the clause-
499 L&T
services similar to those cancelled, with such terms and conditions and in  “In no event shall the expenditure under this clause exceed 10% of the fees payable by 
such manner as it deems fit at the “Risk and Cost” of the supplier and the  SPMCIL to Service Provider for the undelivered services. Any assistance in terms of 
supplier shall be liable to SPMCIL for the extra expenditure, if any, incurred by  personnel or infrastructure provided by Service Provider during this period shall 
SPMCIL for arranging such procurement continue to be charged to the Customer as agreed.”

Is SPMCIL willing to include a right for Service Provider to terminate with a written 
notice for breach by SPMCIL which is not cured within thirty days from the date of 
such notice.

General Conditions of Contract,  Clause 29 Termination for convenience We request for removal of the clause alternatively SPMCIL should give  Service  As per RFP


Page 26 Provider a notice of 90 days before termination for convenience. Service Provider also 
500 L&T requests for payment of termination fees for unrecovered investments made for 
SPMCIL as agreed in the applicable statement of work.

General Conditions of Contract,  Clause 35.3 Secrecy We request SPMCIL to ammend the clause and re-wording the clause as below- As per RFP


Page 32 Any breach of the aforesaid conditions shall entitle the Purchaser to cancel the 
Any breach of the aforesaid conditions shall entitle the Purchaser to cancel  contract and to purchase or authorise the purchase of the stores at the risk and cost of 
the contract and to purchase or authorise the purchase of the stores at the  the Contractor from a third party, In the event of such cancellation, the stores or parts 
risk and cost of the Contractor, In the event of such cancellation, the stores or  manufactured in the execution of the contract shall be taken by the Purchaser at such 
501 L&T
parts manufactured in the execution of the contract shall be taken by the  mutually agreed price as he considers fair and reasonable and the decision of the 
Purchaser at such price as he considers fair and reasonable and the decision  Purchaser as to such price shall be final and binding on the Contractor and Contractor 
of the Purchaser as to such price shall be final and binding on the Contractor shall be liable for damages subject to the section of Limitation of Liability.

Payment terms Request SPMCIL  to include payment terms as below- As per RFP


Supplier shall be paid within 30 days from the date of receipt of invoice. In the event 
SPMCIL has not paid undisputed fees within the aforementioned 30 days period from 
receipt of invoice, SPMCIL will be liable to pay Supplier delayed interest payment at 
502 L&T
the rate of 1% per month on the outstanding fees until the invoice is completely paid. 
Any disputes in invoices shall be raised within 15 days from receipt of invoice 
otherwise the invoices shall be deemed to be accepted.

Page 46 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Limitation of Liability We request the below to be added for limitation of liability of either party under this  As per RFP


Agreement-
 
Neither party shall be liable to the other for any special, indirect, incidental, 
consequential, exemplary or punitive damages, loss of profits or revenue, loss of 
business whether in contract, tort or other theories of law, even if such party has been 
advised of the possibility of such damages.
 
The total liability of either party arising from or relating to this Agreement shall be 
limited to the twelve months fees paid to the Supplier immediately preceding the date 
503 L&T
such liability arose pursuant to the statement of work that gives rise to such liability
 
SUPPLIER SHALL NOT INCUR LIABILITY FOR DELAY OR FAILURE TO PERFORM, IF AND 
TO THE EXTENT THAT SUCH DELAY OR FAILURE IS CAUSED BY (i) SUPPLIER’S 
REASONABLE RELIANCE ON ANY WRITTEN DIRECTION FROM SPMCIL; (ii) ANY DELAY 
OR FAILURE OF OBLIGATIONS THAT IS A RESPONSIBILITY OF SPMCIL; (iii) FORCE  
MAJEURE EVENTS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ACTS OF GOD, NATURE, 
PANDEMICS, WAR, OR LOCKDOWNS.

ANNEXURE 13: Payment Schedule ANNEXURE 13: Payment Schedule 1. The Hardware is delivered one time and the OEM's for Hardware charge for the  As per RFP


100% of the Hardware along with 3 Years of warranty which turns out to be around 
145% of the Up Front Payment out from the System Integrators Pocket. Which would 
bring the cash flow in RED from the Begening of the Project itself. We request you for 
changing the clause to Minimum 80% upfront PAyment for the outright purchase of 
the HArdware and 20% on the commissioning of the Hardware.
2. The Software OEM's would ask for the 100% of License Fee along with the 22% ATS 
charges of the Year one as soon as the License is delivered. None of the OEM's would 
504 L&T
agree to such payment terms, would request in case SAP your prime Software vendor 
to be asked to provide the Pricing to all the SI's in the same manner in which the 
Payment terms are being mentioned.
Alternatively we would request if the 80% of Hardware and the 100% of the SAP 
Licenses can be paid upfront as soon as the HArdware and SAP licenses are delivered 
to SPMCIL.

Site Visit Site Visit We request SPMCIL to extend the timelines for the visit to the Data Centers, it should  Refer Amendment 1


505 L&T be allowed to be visited before the last date of submission of response to this RFP.

ANNEXURE 14: Technical  1. Experience ofprojects relating to migration from SAP ECC to SAP S/4HANA We request SPMCIL to change the clause in sight that the Projects irrespective of  As per RFP


Evaluation Criteria 2. Experience of projects relating to implementation of SAP S/4HANA Indian or Foregin Progects they are all under NDA and it would not be possible for the 
System Integrator to provide you with the documentation which has been asked in the 
RFP. 
We request you for inclusion of Certificate from Company Secretary & Authorized 
506 L&T Signatory (Altleast at the Level of Country Head). 
Kindly change to :
Copy of PurchaseOrder/ Work Order/Contract/Agreement
 Completion/Successful migration confirmation from
the client/ Certificate from Company Secratary & Authorised Sigantory (Altleast at
the Level of Country Head)
Table 14: Delivery schedule Supply & installation of hardware at DC for the development and testing  We would request SPMCIL to relax the clause as we are all aware of the Hardware  Refer Amendment 3
environment Supply situation due to short supply of the Electronics. We request you to have a 
507 L&T flexible timeline for this based on the situation at the time of Supply. The Best case 
scenario for the supply is 16 weeks from the date of Firm Purchase order.

Page 47 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Section I: NIT ii) Enterprise management system/ NMS In order to select a robust, scalable and proven NMS solution having successful  As per RFP


Table 84: Enterprise  deployment in government, we recommend the authority to consider this clause for 
management system incorporation. 
Page No:. 240
The OEM of NMS solution provider should be registered in India for minimum
508 Motadata
period of 5 years as on bid submission. The Proposed platform should have been
implemented in at-least 3 successful large governmental body with atleast 10,000
nodes implemented in India in the last 5 years. A copy of Implementation sign-off
for all projects needs to be submitted by the OEM at the time of bidding.

Section I: NIT ii) Enterprise management system/ NMS In order to select an industry standard solution recognised by analyst companies, we  As per RFP


Table 84: Enterprise  recommend the authority to consider this clause for incorporation. 
management system
509 Motadata Page No:. 241 NMS OEM must be an industry standard solution and shall be present in Gartner's
Market Guide for Network Automation and Orchestration Tools report.
Documentary proof must be submitted at the time of submission.

Section I: NIT ii) Enterprise management system/ NMS Time series database offers better performance as compared to RDBMS in terms of  As per RFP


Table 84: Enterprise  accurate reporting and is cost effective due to optimized storage requirement. Hence, 
management system requesting authority to consider this clause for incorporation. 
Page No:. 242
510 Motadata The monitoring module of proposed solution must not use any third party database
(including RDBMS and open source) to store data in order to provide full flexibility
and control on collected data as well as avoiding tempering with SLA calculations

Section I: NIT ii) Enterprise management system/ NMS This feature will empower the NMS users with flexible approach for monitoring  As per RFP


Table 84: Enterprise  through agentless as well as agent-based mechanisms. Also, capability of agents to 
management system store events/data locally would help in avoiding critical data loss during 
Page No:. 243 communication failure between agent and management server. Moreover, the 
capability to set polling interval upto 1 sec in agents would help NMS users in 
capturing  KPI details at granular level as and when required. 
Therefore, we request authority to add this point in the NMS specifications
511 Motadata
The solution must provide agentless and agent based method for managing the
nodes and have the capability of storing events / data locally if communication to
the management server is not possible due to some problem. This capability will
help to avoid losing critical events. The agents should be to set polling interval as
low as 1 second with low overhead on target server infrastructre.

Section I: NIT ii) Enterprise management system/ NMS In order to proactively monitor network/infra components and thereby avert  As per RFP


Table 84: Enterprise  performance degradations by taking necessary actions, monitor and avoid downtime 
management system of infra resources with SLA Tracking system, we would recommend to add these 
Page No:. 244 clause to get industry standard enterprise level monitoring solution:

The solution must provide a flexible framework for collecting and managing service
512 Motadata
level templates including service definition, service level metrics, penalties and
other performance indicators measured across infrastructure and vendors.
SLA measurement for applications and Network device availability should be done
from the same platform

Section I: NIT ii) Enterprise management system/ NMS By looking future scalibility need there must be requied scalable NMS. As per RFP


Table 84: Enterprise  To get robust scalable NMS solution from reputed OEM we request authority to add 
management system this point.
513 Motadata
Page No:. 245
The solution shall provide future scalability of the whole system without major
architectural changes.
Page 48 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Table 18: Eligibility criteria CMMI Level In case of the consortium, is that applicable for all of the consortium partners should  In case of Consortium, the lead 


Page No -71 Should have valid SEI complied with the CMMI Level 5 or only software provider.  bidder should meet this 
514 Cyfuture
CMMI (Capability requirement.
Maturity Model) Level 5
Table 18: Eligibility criteria Should have experience of at Kindly Amend the same as follows: As per RFP
Page No -70 least 1 project relating to migration from SAP ECC to SAP  Bidder Should have experience of at least 2 projects relating to
S/4HANA. implementation of
SAP S/4HANA
515 Cyfuture
Should have experience of at
least 3 projects relating to
implementation of
SAP S/4HANA
Table 18: Eligibility criteria Should be SAP certified partner for more than last 5 Kindly Amend the same as follows: Refer Amendment 3
Page No -70 years as on 31.03.2021 Should be SAP certified partner for more than last 2
516 Cyfuture
years as on 31.03.2021

ANNEXURE 14: Technical  Experience of projects relating to migration from Amend the clause as follows : As per RFP


Evaluation Criteria Page no 286 SAP ECC to SAP
S/4HANA No Projects = 0
Marks
No Projects = 0  >= 1 project and
Marks <=2 projects = 7
 >= 1 project and marks
517 Cyfuture
<=2 projects = 4  >2 projects and
marks <=5 projects = 10
 >2 projects and marks
<=5 projects = 7
marks
 >5 projects = 10
marks
ANNEXURE 14: Technical  Experience of projects relating to implementation of SAP S/4HANA As per RFP
Evaluation Criteria Page no 286  >= 1 project and
518 Cyfuture <=2 projects = 10
marks

ANNEXURE 14: Technical  Number of years in SAP implementation business as on the date of submission <5 years = 10 As per RFP


519 Cyfuture Evaluation Criteria Page no 286 of the bid. Marks

ANNEXURE 14: Technical  Number of personnel on >= 50 personnel As per RFP


Evaluation Criteria Page no 286 payroll with expertise in SAP and <= 70
520 Cyfuture
implementation personnel =10
marks
ANNEXURE 14: Technical  Number of personnel with >= 50 personnel As per RFP
Evaluation Criteria Page no 286 SAP certifications as required in RFP and <= 70
521 Cyfuture
personnel =10
marks
3.2.1 Page 31 The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  Kindly note that all IT hardware can be supported upto a maximum period of 7 years  Refer Amendment 3
OEMs that the supplied hardware will be supported by them for a minimum  and would then need to undergo a Tech Refresh. This is so because enhancements in 
522 Sara Infoway duration of ten (10) years from the date of commissioning of the hardware  the IT field are very gradual and rapid.
i.e. date of commissioning certificate issued by SPMCIL.

Page 186 HCI for SAP Environment for DC (As per Sizing Requirement & Technical  For parity in the proposed solutions by bidders, we recommend SPMCIL to please  Refer Serial Number 12


523 Sara Infoway
Specifications) mention minimum number of nodes in HCI solutions
Page 194 The proposed HCI solution should support minimum scalability of 8 nodes or  For even higher level of availability of the overall solution, we suggest that the  Refer Serial Number 13
higher in a single cluster.  proposed HCI solution shall support streching the cluster between main DC and near 
524 Sara Infoway
DR an thus enabling both local level and site level protection from any failures , in case 
SPMCIL plans for the same in future. 

Page 49 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Page 194 DC Non-SAP Environment Requirement We suggest that the proposed HCI solution should also support creation of file sharing  Refer Serial Number 14


services, based on key file share protocols like NFS and SMB, so that SPMCIL can 
525 Sara Infoway
create policy based file sharing services for users/ VMs on the HCI solution itself.

Page 196 The solution should support Data at rest encryption  To facilitate higher level of data security, we suggest the proposed HCI solution shall  Refer Serial Number 15


526 Sara Infoway also support data in transit encryption along with data at rest encryption

 Page 190-191  For Both Prod SAP S/4 and BW/4 DB System Remark says With HA but does   HCI Virtualized Platform also requested to be configured with  N+1 High Availability. Refer Serial Number 16


not list the second instance
527 Sara Infoway

 Page 190-191  For Both Prod SAP S/4 and BW/4 DB System Remark says With HA but does  Do we plan to configure OS Level HA as well as Virtualize platform level HA  Refer Serial Number 17


528 Sara Infoway
not list the second instance
 Page 194 under Compute and  The proposed HCI solution should support minimum scalability of 8 nodes or  Most of HCI solution today can scale upto 64 nodes in single cluster. Suggest to ask for  Refer Serial  Number 2
529 Sara Infoway Storage Architecture  higher in a single cluster. Each appliance/ node should have dedicated  atleast 32 nodes or more for future scalabiltiy. 
redundant hot swap power supplies & cooling fans.
 Page 194 under Compute and  The storage capacity to be configured with minimum data Can the one data copy be created using erasure coding (RAID5) since this is  Refer Serial Number 3
Storage Architecture  protection of 1 data copy or equivalent or higher. The capacity configuration will be an AF SSD since the penalty of raw disk utilisation for a RAID5 is 
should be absolute capacity without considering any data lesser in comparison to RAID1 (Mirroring)?
efficiency techniques as data deduplication and compression.
Any other capacity required for metadata, host maintenance
mode, component rebuilds etc. should be factored over and
530 Sara Infoway
above the capacity.
There should not be any single point of failure including boot
drives.
If redundant boot drives are not available, then 1 node with
same configuration as supplied nodes, must be provided as
cold spare.
 Page 195 under Compute and  The solution should support non-disruptive rolling upgrades of The solution should support non-disruptive rolling upgrades of Refer Serial No. 4
Storage Architecture  HCI software including hypervisor, SDS, drives firmware, BIOS, HCI software including hypervisor, SDS, drives firmware, BIOS,
network card complete hardware and system firmware from network card complete hardware and system firmware from
531 Sara Infoway single console as a single patch pre-validated from the HCI single console as a single patch pre-validated by bth software and hardware OEM
OEM. jointly (preferred). Also multi-cluster management for LCM is an added advantage for 
the SPMCIL to pefrom LCM simultaneously for more than single cluster.

 Page 195 under Management The HCI solution should have automated alert capability in the In addition, anomoly detection of the alerts and warnings is essential for the HCI Refer Serial No. 5
532 Sara Infoway event of critical server failure or thresholds that are crossed failures. Also whatif analysis of capacity utilisation and optimization will help the 
which could impact server performance or customer SLA. SPMCIL to plan the capacity upgrade in future. 
 Page 195 under Storage  The HCI solution should support scaling storage capacity and The HCI should also support to linear scale out with compute only nodes as a Refer Serial Number 22
Architecture performance linearly by addition of nodes. parallel cluster connected to the existing HCI storage. Also, an external secondary
533 Sara Infoway
FC/iSCSI storage array option to connect needs to be available from day one for
migration or archival purpose.
 Page 195 under Storage  The HCI solution should support various data replication Can Erasure coding with RAID5 that can tolerate one component failure be  Refer Serial Number 23
Architecture methods like RF=2 or RF=3 or equivalent for data protection. considered?
534 Sara Infoway
Any software license required to enable RF=2 or RF=3 or
equivalent solution, should be provided with the solution.
Suggestion Solution must be constituted as a single product consisting of hyper-converged Refer Serial Number 24
nodes, hardware virtualization, storage virtualization, network connectivity,
management system, and support must be delivered in a unified way with a single
535 Sara Infoway support contract authorized to take support calls for both the hardware and
software on the appliance. It will help SPMCIL in day to day management of infra and 
they don't need to log tickets with different vendors for any issues on 
Infra/Virtualization layer
Suggestion Solution must have predictive failure analytics with proactive alert notifications. Refer Serial Number 25
HCI Solution should provide a Dial Home facility to pro-actively engage support
536 Sara Infoway team for quicker hardware replacement and resolution. It will reduce workload on 
SPMCIL infra team and reduce downtimes

Page 50 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Suggestion Proposed HCI Solution should be aligned to a single product roadmap from a single Refer Serial Number 26
537 Sara Infoway
vendor. it will help in more visibility to SPMCIL in future upgrades
 Page 196 under Storage  The HCI solution should support Inline Deduplication and compression across  All Flash storage capacity has been asked in the RFP on HCI. So please modify this  Refer Serial Number 1
538 Sara Infoway Architecture  all storage tiers. clause as " The HCI solution should support Inline Deduplication and compression
across all flash storage capacity" 
RFP_Techrefresh/Page 218 of  Precision Air Cooling should be of minimum 30kW capacity N+1 topology with  Request you to kindly add below in addi on to the men oned features :  •The  Refer Serial Number 28
287/i) Integrated Data Centre  following features: lCooling System should be DX (Variable) type in N+1  compressor should achieve the capacity modulation by adjusting the 
rack solution for DC Topology vertical/Horizontal positioning of the orbital scroll with respect to the fixed scroll 
l Inbuilt Heater and Humidifier to cater IT load up to 30kVA inside the compressor. By varying the time of “loaded state” and “unloaded state” of 
539 Sara Infoway
l Outdoor Unit the scroll element, the required capacity should be obtained.
•  The ambient temperature to be considered  for the calculation of total capacity of 
the unit   should be 45 Degrees 

RFP_Techrefresh/Page 219 of  The UPS should be supplied with isolation transformer of appropriate rating. Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29


540 Sara Infoway 287/i) Integrated Data Centre  mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
rack solution for DC isolation transformer. Kindly confirm  
RFP_Techrefresh/Page 219 of  Racks Request you to kindly add amend as below as asked in the DR requirement  : Refer Serial Number 30
287/i) Integrated Data Centre  o Insulated 42 U racks, 04 numbers of racks are required for Racks
rack solution for DC the IT equipment (Server, Network, Storage, Security o Each Rack enclosure dimension should be 600 mm x 1000 mm with integrated hot & 
541 Sara Infoway equipment etc.) cold aisle of minimum 300 mm
each for adequate airflow to the critical IT equipments.

RFP_Techrefresh/Page 220 of  Should support socket level monitoring Request you to kindly remove as mentioned specification is related to the intelligent  Refer Serial Number 31


287/i) Integrated Data Centre  rack PDU which is not the part of the RFP 
542 Sara Infoway
rack solution for DC / Monitoring- 
DCIM
RFP_Techrefresh/Page 220 of  DCIM should be compatible to monitoring third party DCIM should be compatible to monitoring third party Refer Serial Number 32
287/i) Integrated Data Centre  products deployed in DC and DRC through following products deployed in DC and DRC through following
rack solution for DC / Monitoring-  communication channel communication channel
543 Sara Infoway
DCIM  Modbus 485 Communications - Modbus 485 Communications
 SNMP Communication - SNMP Communication
- Potential Free / Dry Contact 
RFP_Techrefresh/Page 220 of  Single window for monitoring all sensors Kinldy confirm whether centralised single window monitoring has been asked for DC  Refer Serial Number 33
287/i) Integrated Data Centre   Temperature & Humidity Sensor & DR  OR individual Monitoring system for the both DC & DR ? 
rack solution for DC / Monitoring-   Data and logs of historical information of alarms
DCIM and notification
544 Sara Infoway  Door opening sensor
 Water leak detection sensor
 Smoke detection sensor
 Other non-IT equipment deployed in DC and
DRC
RFP_Techrefresh/Page 223 of  Precision Air Cooling should be of 20 kW capacity N+1 Request you to kindly add below in addi on to the men oned features :  •The  Refer Serial Number 34
287/i) Integrated Data Centre  o Cooling System should be DX (Variable) type in N+1 compressor should achieve the capacity modulation by adjusting the 
rack solution for DC  Topology vertical/Horizontal positioning of the orbital scroll with respect to the fixed scroll 
o Inbuilt Heater and Humidifier to cater IT load up to inside the compressor. By varying the time of “loaded state” and “unloaded state” of 
545 Sara Infoway
20kVA the scroll element, the required capacity should be obtained.
o Outdoor Unit •  The ambient temperature to be considered  for the calculation of total capacity of 
the unit   should be 45 Degrees 

RFP_Techrefresh/Page 223 of  The UPS should be supplied with isolation transformer Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29


287/i) Integrated Data Centre  of appropriate rating. mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
546 Sara Infoway
rack solution for DC / Monitoring-  isolation transformer. Kindly confirm  
DCIM
RFP_Techrefresh/Page 224 of  Racks Racks Refer Amendment 3
287/i) Integrated Data Centre  o Insulated 42 U racks, 02 numbers. o Insulated 42 U racks, 02 numbers.
547 Sara Infoway rack solution for DC o Each Rack dimension should be 600 mm x 1000 mm o Each Rack dimension should be 600 mm x 1000 mm
with integrated hot & cold aisle of minimum 200 mm with integrated hot & cold aisle of minimum 300 mm
each. each.
Page 51 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

RFP_Techrefresh/Page 225 of  DCIM should be compatible to monitoring third party DCIM should be compatible to monitoring third party Refer Serial Number 32


287/i) Integrated Data Centre  products deployed in DC and DRC through following products deployed in DC and DRC through following
rack solution for DC / Monitoring-  communication channel communication channel
548 Sara Infoway
DCIM  Modbus 485 Communications - Modbus 485 Communications
 SNMP Communication - SNMP Communication
- Potential Free / Dry Contact 
RFP_Techrefresh/Page 228 of  Others Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29
287/i) Integrated Data Centre  The UPS should be supplied with isolation transformer mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
549 Sara Infoway
rack solution for DC/iv) Online  of appropriate rating. isolation transformer. Kindly confirm  
UPS at DC
RFP_Techrefresh/Page 229 of  Others Kindly remove the clause as Isolation transformer is not available in the rack  Refer Serial Number 29
287/i) Integrated Data Centre  The UPS should be supplied with isolation transformer mountable UPS system . Else, UPS to be placed saperate room  along with input 
550 Sara Infoway
rack solution for DC/iv) Online  of appropriate rating. isolation transformer. Kindly confirm  
UPS at DR
OEM Credentials  The OEM of the Smart Rack should have at least 5 years of experience in executing  Refer Serial Number 40
similar works (Similar works means – “SITC of  Intelligent Smart Rack Data Centre 
551 Sara Infoway infrastructure”) in Central Govt./State Govt./PSU Organizations. Kindly accept the 
mentioned point to establish the OEM credentials to ensure quality & reliability of the 
offered product 
OEM Credentials  The OEM must have executed minimum 05 Smart Rack projects , with minimum 03 no.  Refer Serial Number 41
of Intelligent smart racks in each of the project , during the last 3 years from the of bid 
552 Sara Infoway submission date . Kindly accept the mentioned point to establish the OEM credentials 
to ensure quality & reliability of the offered product 

OEM Credentials  OEM or Manufacturer should be ISO 9001: 2000, ISO 14001 , ISO/IEC 27001:2013 and  Refer Serial Number 42


ISO 45001 certified.  Kindly accept the mentioned point to establish the OEM 
553 Sara Infoway
credentials to ensure quality & reliability of the offered product 

OEM Credentials  The OEM of the smart rack data centre solution should have at least three qualified  Refer Serial Number 43


and experienced DC certified professionals like CDCP/CDCS/CDCE/ATD on their 
company payroll with minimum 3 years’ experience in Data Centre designing and 
554 Sara Infoway
implementation.Kindly accept the mentioned point to establish the OEM credentials 
to ensure quality & reliability of the offered product 

OEM Credentials  The OEM of the smart rack must have manufacturing and Engineering facility in India  Refer Serial Number 44


for cooling & UPS solutions for Data Center. Kindly accept the mentioned point to 
555 Sara Infoway
establish the OEM credentials to ensure quality & reliability of the offered product 

OEM Credentials  The Smart Rack OEM shall be present in Gartner Compe ve Landscape Research  Refer Serial Number 45


Report for Edge in the Micro Modular Data Center Market as Leader in Data. Kindly 
556 Sara Infoway
accept the mentioned point to establish the OEM credentials to ensure quality & 
reliability of the offered product 
3.2 Price breakup for software  Backup Software/ Appliance The backup appliance is asked at single DC location, Please advise if the backup  Refer Serial Number 46
(including any ATS during  For both DC and DRC appliance is to be factored at both the locations.
557 Sara Infoway
Implementation & Migration 
Phase) Point#2
xviii) Disk to Disk Backup Solution  Minimum value of Maximum Write Throughput - 20 TB/hr Understand that the throughput mentioned is considering the performance of the  Refer Serial Number 47
558 Sara Infoway Page 216 appliance & its deduplication & does not refer to the native throughput 

Page 52 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Sara Infoway xviii) Disk to Disk Backup Solution  It should have feature to take backup unattended on It should have feature to take backup unattended on Refer Serial Number 48


Page 216 Other features daily basis daily basis
 It should have the feature to take backup  It should have the feature to take backup simultaneously for multiple servers.
simultaneously for multiple servers.  It should support RAID standards for the HDD fault tolerance for D2D.
 It should support RAID standards for the HDD fault  Solution must be Rack Mountable
tolerance for D2D.  It should have redundant power supply
 Solution must be Rack Mountable  The proposed backup software should have the capability to enable WORM on
559  It should have redundant power supply the backup sets from the backup software console on proposed disk backup
appliance. The implementation should ensure that no data can be deleted on the
backup appliance even by the administrator. Justification: Considering the
mallacous attacks it is recommended to have the WORM feature enabled on the
backup appliances that protect from outsider and insider attacks. Hence request you to
incorporate the proposed change.

i) Backup software/ Appliance  The solution should be capable of integration with active directory, open  The solution should be capable of integration with active directory/open source  Refer Serial Number 49


Page 239  source domain infrastructure for ease of user rights management along with  domain infrastructure for ease of user rights management along with role-based 
560 Sara Infoway role-based access control to regulate the level of management. access control to regulate the level of management. Justification: The current
specification is limiting, hence requset you to incorporate the proposed change for
wider participation.
i) Backup software/ Appliance  The proposed backup software should support WORM The proposed backup software should support WORM devices. The proposed backup Refer Serial Number 50
Page 239  devices. software should have the capability to enable WORM from the backup software
console on proposed disk backup appliance. The implementation should ensure
that no data can be deleted on the backup appliance even by the administrator.  
561 Sara Infoway
Justification: Considering the mallacous attacks it is recommended to have the WORM 
feature enabled on the backup appliances that protect from outsider and insider 
attacks. Hence request you to incorporate the proposed change.

i) Backup software/ Appliance  Proposed software should have deduplication feature to work with any disk  Proposed software should have deduplication feature to work with any disk storage  Refer Serial Number 51


Page 239  storage including VTLs, D2D etc. including VTLs, D2D etc. The proposed software must integrate with OST,
CIFS,NFS,VTL protocols offered on the backup appliance natively. Justification:
562 Sara Infoway
Considering the current requirement the backup software's integration should be with 
all the requested protocols on the backup appliance. Hence request you to 
incorporate the proposed change.
iii) DLP solution for end points iii) DLP solution for end points The Specification mentioned are not of the DLP solution. We Forcepoint are the  As per RFP. Bidder may propose 
market leader in this technologies, we are getting the understanding non  solution with additional 
standard/non DLP product will come in place of the Enterprise class Data Leakage  features as required
prevention Solution, which will be not in the good interest of the organisation, if 
563 Forcepoint SPMCIL goes ahead with these specifications. These specification dont even fall under 
the category of minimum specs, since it does not even have any of them. We have 
added some the pointer in the excel which can be used and added as the part of this 
solution. 

iii) DLP solution for end points &  Identify, classify and prioritize the data on the basis of risk categories defined  Identifying and take action like allow, audit, block , confirm, capture forensic are some  As per RFP. Bidder may propose 


242 by SPMCIL. of the example of DLP not the featureslike classifying and prioritise based on the risk.  solution with additional 
This clause is not DLP function hence you to please delete or amend this clause :  features as required
564 Forcepoint Identify and apply based on the content of the data movement along with destination 
as per the policies defined by SPMCIL, Solution should support discovery and 
remidation of the content identified as well.

iii) DLP solution for end points &  The solution should be able to maintain logs for a duration of 3 months on  Please provide the details About the amount of logs that SPMCIL has, to better size the  As per RFP


565 Forcepoint 242 the server and minimum 1 year in storage. solution, while Solution has capability to hold and archieve but stoarage to provioned 
by SPMCIL, Please confirm

Page 53 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

x) SD WAN Device for DC and DR  Device should be able to support minimum 200 Mbps of traffic with  Considering this to be the external device towards the perimeter the throughput  As per RFP


& 207 encryption and other services like QoS, NAT, IPSec, Stateful Firewall etc. mentioned is very less, since downstream devices are having throughput's in Gbps, 
moreover Secure SDWAN is required considering along with application routing. 
Hence request you to please amend this clause for SDWAN Devices in DC and DR as : 
566 Forcepoint
Device should be able to support minimum  15 Gbps of IPSec traffic with encryption 
and other services like QoS, Application aware routing, NAT, IPSec, Stateful Firewall 
with Intrusion prevention etc Should be supported.

x) SD WAN Device for DC and DR  Should have minimum 4 nos. of 10/100/1000 Base-T ports or sub interface  As discussed during the pre-bid and tender clause state the duration of the support,  As per RFP


& 207 support and minimum 2 nos. should have 1/10G SFP+ based ports option. scalablity and flixibilty not even factored in the tender technical specifications, 
keeping that view in mind request in mind request you to please amend the clause as : 
567 Forcepoint Should have minimum 8 nos. of 10/100/1000 Base-T ports or sub interface support 
and minimum 4 nos. should have 10G SFP+ based ports option and Should provide the 
1 addation I/O slot for future expansion for 25G or 40G even.

x) SD WAN Device for DC and DR  It should be able to support variety of interfaces like As this is DC and DR connectivity will always be over Copper or Fibre and these would  Refer Amendment 3


& 207 Ethernet, 4G, LTE etc. highend models, there would be no need to have 4G and LTE interfaces on the 
appliances, Hence request you to amend this clause as : It should be able to support 
568 Forcepoint
variety of interfaces like
Ethernet, Fibre etc. All the SPF+ asked should be populated from day1 with Short 
reach fibre transcivers.
xi) SD WAN Device for Units &  Device should be able to support minimum 50 Mbps of traffic with encryption  Considering this to be the external device towards the perimeter the throughput  As per RFP. Bidder may propose 
208,209  and other services like QoS, NAT, IPSec, Stateful Firewall etc. mentioned is very less, since all the functions of SDWAN and Security at the branch  solution with higher 
would be done on this appliance Hence request you to please amend this clause as :  specifications as required
569 Forcepoint Device should be able to support minimum  3 Gbps of IPSec traffic with encryption 
and other services like QoS, Application aware routing, NAT, IPSec, Stateful Firewall 
with Intrusion prevention etc Should be supported.

xiii) Internal firewall & 209 Internal Storage 200GB or higher Each OEM has its own of keeping stoarge, we do not require such high Internal  As per RFP


Storage since we have a  different architecture all the logging and reporting kept on 
the management layer which segrating the Data and mangement plane, which is also 
570 Forcepoint based on the latest cutting technolgies reduce the losses in of Disaster or failures. 
Hence request you to delete this clause or make it optional to be provided on the 
management/logging layer, which will allow healthy participation in the bid.

xiii) Internal firewall & 209 Minimum firewall throughput of 5 Gbps Internal Firewalls are the once where traffic would be coming the switch side and  As per RFP


throughput asked is way to less it seems for plain Firewall controls, our requuest is to 
571 Forcepoint
amend it as :Minimum firewall throughput with Intrustion Prevention of 5 Gbps 

xiii) Internal firewall & 209 Onboard 1/10G SFP ports: 4 or higher In any standard architecture the internal port are heigher considering the  As per RFP


interconnection point within the network hence request you to please amend the 
572 Forcepoint
clause as : Onboard 6*1G Copper RJ45 port with 8* 1G SFP and min 4*10G SFP+ ports

xiii) Internal firewall & 209 The device must have separate dedicated interface for management Each OEM has its own way to provide the management, the important aspect should  As per RFP


be to make no data Communcation should happen over the management port, Hence 
request you please amend this clause as : The device must have 2 interfaces for 
573 Forcepoint management on which no data communcation should happen. These should be over 
and above the port requirement asked above in the specifications and Solution should 
provide dedicated managment and logging Software for the same.

xiii) Internal firewall & 209 Latency must be <50 microseconds Latency is not the standard Firewall Specification, mentioning such clauses looks to  Refer Amendment 3


574 Forcepoint provide an edge to certain OEM or OEM's. Request you to please delete this clause 
from the specification for fair and Healthy compitition.

Page 54 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

xiv) Next Generation Firewall  The proposed firewall appliance should have at least 12 ports of 10/100/1000  Ports asked are less for 10G connectivity and moreover each OEM has its own way to  Refer Amendment 3


(NGFW) & 210 along with minimum 2 ports of 1/10 Gig SFP+ ports with separate  provide the management, the important aspect should be to make no data 
management ports. Communcation should happen over the management port, Hence request you please 
amend this clause as: The proposed firewall appliance should have at least 6 ports of 
575 Forcepoint
10/100/1000 along with minimum 8 ports of10 Gig SFP+ ports with 2 separate port for 
management purposes. Should provide the 1 addation I/O slot for future expansion 
for 25G or 40G even.

xiv) Next Generation Firewall  Firewall should support minimum 2 Million concurrent sessions and  New connection per Second with Application control is not a standard ask and many  Refer Amendment 3


(NGFW) & 210 minimum 25K new connections per second with Application Control feature  of the OEM's do not mention the same, Hence request you to please amend this 
576 Forcepoint
turned on. clause as : Firewall should support minimum 2 Million concurrent sessions and 
minimum 250K new connections per second.
xiv) Next Generation Firewall  The solution must be capable of passively gathering Mentioning So many things with respect to the threat and endpoint informations in  Refer Amendment 3
(NGFW) & 211 information about network hosts and their activities, such as operating  NGFW specification, looks like support for EDR/Anti-virus things, which is limiting the 
system, services, open ports and client applications, to assist with multiple  particapation, request you to please generalize the things for wider particaptions and 
activities, such as intrusion event data correlation, elimination of false  move these to Anti-virus requirement. Hence please amend the clause as : The 
577 Forcepoint positives, and policy compliance. solution must be capable of gathering
information about hosts and their system information for creating rules, such as 
operating system, browser details and client applications, to assist with multiple 
activities, for policy complaince and standard set by SPMCIL.

xiv) Next Generation Firewall  Should support Application Visibility and Control (AVC) supports more than  Application detection is the key in the NGFW capability and asking for such low  Refer Amendment 3


(NGFW) & 211 4000 application-layer and risk-based controls that can invoke tailored  numbers may result into poor application control and Visibility along with intrusion 
intrusion prevention system (IPS) threat detection policies to optimize  protection. Hence request you to please amend this clause as : Should support 
security effectiveness. Application Visibility and Control (AVC) supports more than 7000 applications natively 
578 Forcepoint and risk/ Severitybased controls that can invoke tailored intrusion prevention system 
(IPS) threat detection policies to optimize security effectiveness by the help of 10000+ 
Signature inbuilt. Solution should allow creation of custom applications and IPS 
signatures as well.

xiv) Next Generation Firewall  The management platform must be capable of integrating third party  This is OEM specific terminologies, we request you to please amend the clause and  Refer Amendment 3


579 Forcepoint (NGFW) & 211 vulnerability information into threatpolicy adjustment routines and  mention the mentioned for integrating the 3rd party information : Solution Should 
automated tuning workflows support Rest API for third party integrations.
xiv) Next Generation Firewall  The management platform must provide multiple report output types or  XML is not a standard NGFW reporting output and CSV's are mainly log export. Hence  Refer Amendment 3
(NGFW) & 211 formats, such as PDF, HTML, CSV and XML request you to please amend this clause : The management platform must provide 
580 Forcepoint
multiple report output types or formats, such as PDF and HTML. Solution should 
support log export via CSV.
xvi) Anti-APT solution & 214 The proposed solution should be able to detect and Speak Phishing attack is mainly come from the email channel and is protected by Anti- As per RFP
prevent advanced Malware, Zero-day attack, spear spam gateway, Hence request you to please amend this clause as : The proposed 
phishing attack, drive by download, watering hole and targeted Advanced  solution should be able to detect and prevent advanced Malware, Zero-day attack, 
581 Forcepoint
Persistent Threat without relying on just Signature database. drive by download, watering hole and targeted Advanced Persistent Threat without 
relying on just Signature database.

xvi) Anti-APT solution & 215 Minimum number of Interfaces – 2 X 1G Copper, 2 X 1G SFP. For wider paritication request you to please remove 1G SFP requirement since it gets  Refer Amendment 3


integrated with parimeter devices and communcation can done done Coppor ports as 
582 Forcepoint well, Hence please amend the clause as :   Minimum number of Interfaces – 4 X 1G 
Copper along with addation IDRAC and Dual Power supply.

xvi) Anti-APT solution & 215 Number of VM's should be at least 12. Each OEM has own technologies to prevent APT attacks, some use VM based approch  Refer Amendment 3


and use Full System Emulation techniques to detect an ATP, hence request you to 
583 Forcepoint amend the clause as : Number of VM's should be at least 12 or Equivalent/Better 
technologies like Full System Emulation technique.

Page 55 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

iii) DLP solution for end points As per RFP. Bidder may propose 
solution with additional 
Pre-defined data of applications and templates helps to organisations to roll out the  features as required
solution quickly and more effectivityly and giving visibilities for fine tunning and 
control. Discovery is most critical aspect of Data protection to identify the sensitive 
information lying accross the endpoints. Hence this functionality should be asked in 
the specifications.The solution should have more than1500 templates and  60 pre-
584 Forcepoint defined applications and multiple application groups and allow each 
application/application group to monitor operations like Cut/Copy, Paste, File Access 
and Screen Capture or Download. Also solution should have the capability to define 
the third party application.The solution should be able to define the policies for the 
inside and out of office endpoint machines. The endpoint solution should have 
capabilities to monitor applications and ensure unauthorized applications do not have 
access to sensitive files. The endpoint solution should be able to perform discovery 
only when the endpoint is connected to external power or Machine is Idle
iii) DLP solution for end points As per RFP. Bidder may propose 
solution with additional 
Providing flexible ways for configuring policies based on the assest types and  features as required
protecting the data when the device is not connected to the central is most important. 
Hence request you to please add this clause.The solution should be able to monitor 
data copied to network file shares and should enforce structured and unstructured 
585 Forcepoint
fingerprint policies even when disconnected from corporate network. The endpoint 
would be able to store both structured and unstructured fingerprints on the endpoint 
itself and should perform all analysis locally and not contact and network components 
to reduce WAN overheads. The solution should be able to enforce different policies 
for desktops and laptops.The system should support incremental scanning during 
discovery to reduce volumes of data to be scanned. 
iii) DLP solution for end points As per RFP. Bidder may propose 
Discovering and then followed by remidiating the risk of the data leakage is very  solution with additional 
important along with maintaining the attribute of the file, Hence request you to please  features as required
add this clause.The system should allow automatic movement or relocation of file, 
586 Forcepoint delete files during discovery & The system should display the original file location and 
policy match details for files found to violate policy. The system should leave the "last 
accessed" attribute of scanned files unchanged so as not to disrupt enterprise backup 
processes. Solution Should be able to detect both Exact match and partial match of a 
Fingerprinted data.
iii) DLP solution for end points As per RFP. Bidder may propose 
Data leakage attempt are very common by the help of removable media, help there  solution with additional 
should content encryption when sensitive data is copied to removable media. Hence  features as required
request you to please add this clause.The Endpoint DLP Solution must be able to 
587 Forcepoint
encrypt data when business classified data is sent to removable media drives. The 
encryption solution can be built in or 3rd party solution needs to be factored to meet 
the requirement. Solution Should be able to detect slow and low data leakage attempt  
 as well.
x) SD WAN Device for DC and DR ,  As per RFP. Bidder may propose 
xi) SD WAN Device for Units Considering this project is for a longer duration chips like ASIC do not scalable and  solution with additional 
Networking devicesworks on the software core and should not be dependent on  features as required
hardware chips performance such ASIC as that doesn’t scale with the dynamic 
588 Forcepoint
changing needs. Hence request you please add this clause for better solution..solution 
should be multicore CPU architecture to protect agaist dynamic threats  and should 
not be based on ASIC. If option to disable ASIC is there then OEM needs to provide the 
asked throughput on their datasheet post disabling the ASIC chips.
x) SD WAN Device for DC and DR ,  As per RFP. Bidder may propose 
xi) SD WAN Device for Units SDWAN as a concept is defined on the principle of Application aware routing and that  solution with additional 
589 Forcepoint functionality not even asked in the RFP, Hence request you to please add this clause as  features as required
well..Proposed Solution Should multiple Parameter for Application Aware routing like 
Latency, jitter, Packet loss, Link Stability and should defined per application

Page 56 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

x) SD WAN Device for DC and DR ,  Refer Amendment 3
xi) SD WAN Device for Units Considering the architecture of SPMCIL, on prem infra is must and multi-tendency will 
help provide better manangment and flexibility along with easy of use as and when 
590 Forcepoint
required..SDWAN central manager should on-prem based solution, no cloud based 
will accepted and Same should multi-tendency as well in future with a license update. 
Bidder to confirm the proposed OEM/Solution has this functionility at the time of bid.
x) SD WAN Device for DC and DR ,  These will help to further help to provide effective control and help to improve overall  As per RFP
xi) SD WAN Device for Units security posute of the  organisation..Solution must employ the below inspection 
technologies
1. Multilayer traffic normalization
591 Forcepoint
2. Vulnerability-based fingerprints
3. Evasion and anomaly logging
4. Decryption-based detection
5. Message length sequence analysis
xiii) Internal firewall & xiv) Next  Refer Amendment 3
Generation Firewall (NGFW) These are next gen vpn functions and load sharing to support availability of multiple 
ISPs.VPN capabilities in solution must support 
592 Forcepoint • Policy-based VPN, flexible route-based VPN including within customer domains
• Hub and spoke, full mesh, partial mesh topologies
• Multi-Link fuzzy-logic-based dynamic link selection
• Multi-Link modes: load sharing, active/standby, link aggregation
xiii) Internal firewall & xiv) Next  As per RFP. Bidder may propose 
Generation Firewall (NGFW) A must to have function to create granular policies and to maintain compliance to  solution with additional 
avoid vulnerabale applications internet access.Solution must support client based  features as required
agent to check the security posture of endpoints and must be able to employ policies 
593 Forcepoint
basis the attributes.Policy must be defined on NGFW for discarding the user requests 
if AV is not updated,OS version is Obsolete, or any users is using the obsolete 
browsers and should not have any dependencies on the number of client supported & 
there is should not be any license attached to it.
xiii) Internal firewall & xiv) Next  As per RFP. Bidder may propose 
Generation Firewall (NGFW) Cyberratings is the organsation that test the product and then publishes the report  solution with additional 
based on the security effectiveness of the solution for Firewall and NGFW's.  features as required
594 Forcepoint Considering there recommendation would help the organisation to better secure the 
network from threats considering SPMCIL is one of the most critical and reputated 
organisation of the country.The Prosposed solution Should have achieved minimum 
AAA rating in the CyberRatings.Org report of 2021.
xiii) Internal firewall & xiv) Next  Refer Serial Number 588
Generation Firewall (NGFW) Considering this project is for a longer duration chips like ASIC do not scalable and 
Networking devicesworks on the software core and should not be dependent on 
hardware chips performance such ASIC as that doesn’t scale with the dynamic 
595 Forcepoint
changing needs. Hence request you please add this clause for better solution..Solution 
should be multicore CPU architecture to protect agaist dynamic threats  and should 
not be based on ASIC. If option to disable ASIC is there then OEM needs to provide the 
asked throughput on their datasheet post disabling the ASIC chips.
xiii) Internal firewall & xiv) Next  These will help to further help to provide effective control and help to improve overall  Refer Serial Number 591
Generation Firewall (NGFW) security posute of the  organisation..Solution must employ the below inspection 
technologies
1. Multilayer traffic normalization
596 Forcepoint
2. Vulnerability-based fingerprints
3. Evasion and anomaly logging
4. Decryption-based detection
5. Message length sequence analysis

Page 57 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Device Support for protocols IPv4, IPv6, RIP1, RIP2, OSPF, BGP, IGMPv3, ACL BFD etc. ACL (Access Control List) and BFD (Bidirectional Forwarding Detection) are two  Refer Amendment 3


different technologies with different use cases.
While ACL is used to control accesss and is a proprietary OEM term, BFD is used to 
determine IP reachability detection for next hop addresses.
597 Arpaninfra

Request you to modify the clause:
Support for protocols IPv4, IPv6, RIP1, RIP2, OSPF, BGP, IGMPv3, ACL/ Access Policy, 
BFD etc.
Hardware Architecture The proposed firewall appliance should have at least 12 ports of 10/100/1000  Request you to modify the clause to " The proposed firewall appliance should have at  Refer Amendment 3
along with minimum 2 ports of 1/10 Gig SFP+ ports with separate  least 8 ports of 10/100/1000 along with minimum 4 ports of 1/10 Gig SFP+ ports with 
management ports. separate management and sync ports"

Considering the overall scale of Firewall requirement SPMCIL which is maximum of 5 
598 Arpaninfra
Gbps Firewall/ 2 Gbps NGTP, there would be sufficient ports to suffice their 
networking environment. Moreover, use of SFP/ SFP+ interfaces should be preferred 
inline with today's modern networking architecture.

Hardware Architecture Proposed Firewall should be open architecture based on multi-core CPU's to  Request you to modify the clause: As per RFP. Bidder may propose 


protect & scale against dynamic latest security threats. The appliance  Proposed Firewall should be open architecture based on multi-core CPU's to protect &  solution with additional 
hardware should be a multicore CPU architecture with a hardened 64 bit  scale against dynamic latest security threats. The appliance hardware should be a  features as required
operating system to support higher memory multicore CPU architecture with a hardened 64 bit operating system to support higher 
memory of atleast 32 GB from day 1"
599 Arpaninfra Higher Memory is required to cater to more connections per second/ moreover is a 
critical component to handle traffic load in case of DoS attacks with device able to take 
up additional load and still being responsive during high traffic surge situations. 
Moreover, higher memory would also help SPMCIL in case of memory leakage which is 
common in packet processing networking equipments.

Performance & Scalability Should support 1.5 Gbps of IPSec VPN throughput and must support 7000  Vendor understands that 7000 is Remote Access VPN requirement for SPMCIL. Pls  Refer Amendment 3


VPN users. confirm if this is required on day 1 or would be a future requirement for remote 
access connectivity and doesn't require to be factored on day 1. Also confirm on the 
number of remote access VPN licenses required on day 1.
600 Arpaninfra
Moroever vendor also proposed to have a seperate infrastructure to cater to remote 
access VPN load as that should not hinder business traffic for SPMCIL during peak 
hours.

Features The solution must be capable of passively gathering information about  This is a propreiatry OEM clause, request you to remove the same Refer Serial Number 577


network hosts and their activities, such as operating system, services, open 
601 Arpaninfra ports and client applications, to assist with multiple activities, such as 
intrusion event data correlation, elimination of false positives, and policy 
compliance.
Management The management platform must be accessible via a webbased interface and  Request you to modify the clause "The management platform must be accessible via a  Refer Amendment 3
ideally with no need for additional client software webbased interface/ client software"
602 Arpaninfra
Every OEM has different Management Plane Access mechanisms, hence request you 
to modify the clause"
Management The management platform must be capable of integrating third party  This is a propreiatry OEM clause, request you to remove the same Refer Serial Number 579
603 Arpaninfra vulnerability information into threat policy adjustment routines and 
automated tuning workflows
Management The management platform must provide multiple report output types or  Request you to modify"The management platform must provide multiple report  Refer Serial Number 580
formats, such as PDF, HTML, CSV and XML output types or formats, such as PDF,CSV/HTML/XML "
604 Arpaninfra
XML and HTML are not standard reporting formats and are not designed for admin 
consumption. 

Page 58 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Should have minimum scan capacity of 2000 Files per hour Request you to modify the clause"Should have minimum scan capacity of 2000 Unique  Refer Amendment 3


Files per hour with support of atleast 25 virtual machines from day 1"
Capacity of an APT/Sandboxing solution must be considered on the number of unique 
605 Arpaninfra Device files scanned or the files for which malicious verdict is not yet determined and no hash 
exists for the same.

Features The system should be able to support file sizes up to 50mb or more. Request you to modify the clause"The system should be able to support file sizes up  As per RFP


to 100 Mb or more."
606 Arpaninfra
APT solution must support scanning of all kind of file sizes inorder to analyze zero day 
attacks from large files as well.
Features The proposed solution should have the ability to analyze, detect and block  Request you to modify the clause"The proposed solution should have the ability to  Refer Amendment 3
malware in common file formats including but not limited to executables,  analyze, detect and block malware in more than 75+ formats to prevent advanced 
JAVA, PDF, MS Office docomments, common multimedia contents such as Malware and Zero Day Attacks.
607 Arpaninfra
JPEG/ GIF/ BMP/ AVI/ .mpeg/ .mp3/ .mp4, ZIP/ RAR/ 7ZIP etc. archives to 
prevent advanced Malware and Zero-day attacks. Some of the file formats given are proprietary to one OEM. Request you to generalize 
the clause while not compromising on Security
Features The solution should provide reports in (but not limited to) Request you to modify the clause Refer Serial Number 580
608 Arpaninfra PDF/ CSV formats. "The solution should provide reports in 
PDF/ CSV formats."
Features The solution must have the feature of Deep Packet Inspection. Request you to remove the clause, DPI is a network firewall technology and would be  As per RFP
covered with NGFW solution
609 Arpaninfra
A sandboxing devices emulates files to identify unknown, benign and malicious zero 
day attacks for which hashes/ signatures doesn't exist.
Features Minimum number of Interfaces – 2 X 1G Copper, 2 X 1G SFP. Minimum number of Interfaces – 2 X 1G Copper, 2 X 10G SFP+ Refer Amendment 3
610 Arpaninfra
With large file emulation and traffic requirement of 2000 unique files per hour, APT 
must support 10G SFP+ interfaces
Features Number of VM's should be at least 12. Request you to modify" the number of VMs should be atleast 20 scalable to 25" Refer Amendment 3
VM sizing is an important component from an APT sizing and performance standpoint. 
611 Arpaninfra
Request you to consider the same.

SD WAN Device for DC and DR Should be rack mountable & should be supplied with dual power supplies Should be rack mountable & should be supplied with dual internal power supplies.As  As per RFP


major point of failure is always power supply, so it is highly recommended to have 
612 Inspira
internal power supply. Keeping power supply outside the box makes it point of defect 
always. 
SD WAN Device for DC and DR <Additional clause> SDWAN solution should have security features functioning from day 1: Anti-virus, web  As per RFP
filtering, application control & IPS .SDWAN solution should have inbuild security 
613 Inspira
enabled from day 1 else it is point of security breach. This must be part of solution 
else it makes complete solution vulnerable.
SD WAN Device Units Should be rack mountable & should be supplied with dual power supplies Should be rack mountable & should be supplied with dual internal power supplies.As  As per RFP
major point of failure is always power supply, so it is highly recommended to have 
614 Inspira
internal power supply. Keeping power supply outside the box makes it point of defect 
always. 
SD WAN Device Units <Additional clause> SDAWN solution should have security features functioning from day 1: Anti-virus, web  As per RFP
filtering, application control & IPS .SDWAN solution should have inbuild security 
615 Inspira
enabled from day 1 else it is point of security breach. This must be part of solution 
else it makes complete solution vulnerable.
Internal Firewall Minimum firewall throughput of 5 Gbps Minimum firewall throughput of 5 Gbps & VPN throughput should be: 5 Gbps.Without  As per RFP
616 Inspira defining VPN thoughput it is not possible to provide complete solution. So it is highly 
recommeneded to have VPN thorughput
Internal Firewall Concurrent Sessions 1 Million or higher Concurrent Sessions 1 Million or higher & New Sessions to be minimum 250K.Only by  As per RFP
defining the concurrent sessions would not solve the sizing issue, it is must to define 
617 Inspira
new sessions also which is approx 25% of concurrent sessions. So new sessions of 
250K is must for proper sizing
Internal Firewall Redundant power supply with high availability As per RFP
Redundant internal power supply with high availability.As major point of failure is 
618 Inspira
always power supply, so it is highly recommended to have internal power supply. 
Keeping power supply outside the box makes it point of defect always. 
Page 59 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Internal Firewall <Additional clause> Firewall should have atleast 10 VDOMs from day 1.This gives flexibility for virtualising  As per RFP


619 Inspira the firewall from day 1 for segmentation. It saves huge cost in future to have VDOMs 
enabled from day 1
Next Generation Firewall Firewall should support minimum 2 Million concurrent sessions and  Firewall should support minimum 2 Million concurrent sessions and minimum 25K  Refer Amendment 3
minimum 25K new connections per second with Application Control feature  new connections per second with Application Control feature turned on & standard 
620 Inspira turned on. 400K new sessions atleast.The sizing of new sessions independently should also be 
asked along with application control. It should be atleast 20% to 25% of concurrent 
sessions.
Anti-APT solution Number of VM's should be at least 12. Refer Amendment 3
Number of VM's should be at least 20.For proper processing of industry standard each 
621 Inspira VMs do 100 files per hour which makes 2000 files / hour with 20 VMs. By asking for 
only 12 VMs some vendor can size it for compliance only and would be a bottle next in 
future. So suggested that applicance should support 20 VMs from day 1.
iii) DLP solution for end points,  Bidder to ensure that the proposed solution supports SAP S/4HANA & its  As per RFP
Page 241 of 287 Database.

For securing SAP and its Databases, DLP solutions will not sufficient. Requesting you to 
please consider below " To provide complete data at rest security, bidder has to 
provide a dedicated Encryption solution to support Embedded Format preserving 
encryption to enable transparent key rotation and should seamlessly support custom 
built applications and commercially off the shelf software. Solution must be stateless 
supporting data masking, file level encryption, Data De-identification, Data 
Tokenization. and capable of format preserving encryption of data at source 
622 Inspira
(application) level and must be independent of any database which customer is using. 
It should work without schema changes in the databases where private data may 
reside and must integrate with proposed SIEM seamlessly. It must comply to NIST-
Standard FF1 AES Format-Preserving Encryption (SP800-38G) should be   provided & 
necessary security proofs should be provided. The encryption keys should be 
regenerated on the fly for future e-discovery and the data protected by the system 
may be shared without exchanging keys with an external party".Handling SAP and its 
databases and its data is a specialized job and its beyond DLP capability. Its required a 
specialized solution that can provide protection not only SAP but also other databases 
in organization. Hence requesting you to consider the same
iii) DLP solution for end points,  The bidder should offer a comprehensive Data Leak/ Loss  Prevention  As per RFP
Page 241 of 287 Solution for Data Protection across all units of SPMCIL and DC & DRC situated 
in different locations. Traditional DLP with limited capability will not provide data security. Requesting you 
to please consider below:- 
"The solution should detect and prevent content getting posted or uploaded to 
specific websites, blogs, and forums accessed over HTTP, HTTPS. The solution should 
be able to enforce policies by URL's, domains or URL categories either natively or by 
623 Inspira integrated  Web Security solution. The solution should be able to monitor FTP traffic 
including fully correlating transferred control information and should be able to 
monitor IM traffic even if its tunnelled over HTTP protocol. It must have capability to 
integrate with 3rd party Proxy solution for content inspection using ICAP channel. It 
should also provided  pre-defined policies and templates with over 1700+ patterns to 
identify and classify information pertaining to different industry like Energy, 
Petroleum industry vertical etc and India IT Act." .Asked DLP functionality features are 
very limited. Hence for a broad coverage of DLP, please consider the same
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP
Page 241 of 287 The solution should have a dashboard view designed for use by executives that can 
combine information from data in motion (network), data at rest (storage), and data 
624 Inspira at the endpoint (endpoint) in a single view along with Single management for 
managing policies for DLP, Anti-spam and URL filtering(proxy). .A central dashboard 
for all the DLP stages, all the channels including Web, Email & Endpoint will provide 
accurate status and visibility of deployed DLP solution

Page 60 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

iii) DLP solution for end points,  Suggestions  The solution should support Email DLP and Anti-spam deployment in Microsoft  As per RFP


Page 241 of 288 Azure/on prem for Office 365/Exchange. All licenses required for the same should be 
included and management should be from the same centralized management 
625 Inspira platform.Email DLP is one of the critical components and its integration with on-prem 
and SAAS based email solution is very important. Hence proposed DLP solution should 
have the asked capability

iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP


Page 241 of 289
The solution should be able to identify data leaked in the form unknown and kwon 
encrypted format like password protected word document. The solution should be 
able to identify malicious traffic pattern generated by Malware infected PC in order to 
prevent future data leakage by the malware. The solution should support quarantine 
626 Inspira
as an action for email policy violations and should allow the sender's manager to 
review the mail and provide permissions for him to release the mail without logging 
into the UI.A popular method to bypass a DLP solution is to encrypt files, rename file 
extension, stealing  data through literal movement by using malware activity etc., 
Hence it is highly recommended that a proposed DLP solution should have capability 
understand the content, behaviour, slow data leakage and protect entire network
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  The DLP solution should extend the policies to the known public sanctioned cloud  As per RFP
Page 241 of 290 applications with a license upgrade in future.The biggest challenge for any 
627 Inspira organization to provide DLP solution in hybrid environment, hence it is highly 
recommended that DLP solution should support both on-prem  and cloud based data 
infrastructures 
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP
Page 241 of 291 The DLP Solution must natively integrate with Cloud solutions like One Drive as well as 
Box  to monitor uploads as well as sharing of data from different assets connected 
628 Inspira outside the organization. This must be outside endpoint DLP solution..The biggest 
challenge for any organization to provide DLP solution in hybrid environment, hence it 
is highly recommended that DLP solution should support both on-prem  and cloud 
based data infrastructures 
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  Refer Serial 584
Page 241 of 292 The solution should have more than 50 pre-defined applications and multiple 
application groups and allow each application/application group to monitor 
operations like Cut/Copy, Paste, File Access and Screen Capture or Download. Also 
solution should have the capability to define the third party application. The solution 
should be able to define the policies for the inside and out of office endpoint 
629 Inspira machines. The endpoint solution should have capabilities to monitor applications and 
ensure unauthorized applications do not have access to sensitive files. The endpoint 
solution should be able to perform discovery only when the endpoint is connected to 
external power or Machine is Idle.The biggest challenge for any organization to 
implement a DLP solution with a very fine tuned policy that suits the business. So 
proposed solution must be supplied out of box supplied applications and respective 
actions to protect data
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP
Page 241 of 293 The solution should Provide “Cloud Storage Applications” group which monitor 
sensitive content accessed by these cloud storage application on the endpoint and 
prevent sensitive data from uploading to the cloud. For Example (Should support from 
day 1(Windows 10  and MAC OSX ) -Amazon Cloud Drive,  Box, Dropbox, Google Drive, 
SkyDrive, ICloud.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                           
630 Inspira
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                    The biggest 
challenge for any organization to implement a DLP solution with a very fine tuned 
policy that suits the business. So proposed solution must be supplied out of box 
supplied cloud applications and respective actions to protect data

Page 61 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP


Page 241 of 294 The solution should have ability to detect cumulative malware information leaks. The 
solution should able to detect the data leaks over to competitors and the data sent 
and uploaded after the office hours predefined patterns. The solution should able to 
631 Inspira detect and Block the sensitive information uploads to Group of P2P software :-  Bit 
Tornado, Bit torrent,eMule  and eMuleFrostWire.Proposed solution should have 
capability to understand data leakage not only generic web/email/endpoint 
application but also through P2P applications like torrents i.e. primary used by 
malware activity
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP
Page 241 of 295 The Endpoint DLP Solution must be able to encrypt data when business classified data 
is sent to removable media drives. The encryption solution can be built in or 3rd party 
632 Inspira
solution needs to be factored to meet the requirement.Man in middle attack, is very 
common, hence to provide protection against such incidents, encryption is a very 
effective tool. Hence proposed DLP solution should have the capability to encrypt data.
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP. Bidder may propose 
Page 241 of 296 The Solution should have advanced Machine Learning – Ability to automatically learn  additional features
633 Inspira sensitive information from copies of information that needs to be protected and also 
automatically learn false positives. .For accurate data classifications and incident 
matching proposed DLP solution must be AI/ML enabled
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  The solution should enforce policies to detect low and slow data leaks.Attackers are  As per RFP. Bidder may propose 
Page 241 of 297 trying to bypass security solution with less or no noise activity, and its very hard to  additional features
634 Inspira
detect and protect such situation. Proposed DLP solution should be capable of 
detection slow attack
iii) DLP solution for end points,  Suggestions  As per RFP. Bidder may propose 
Page 241 of 298 The solution should be able to enforce policies to detect data leaks even through  additional features
image files through OCR technology..Attackers are becoming smart day by day. They 
635 Inspira
are using all the techniques to bypass security mechanism by converting text to image. 
Hence proposed DLP solution should be supplied with OCR capability from day one 
with all the necessary licenses
xvii) Tape library with tapes, Page  No. of tape cartridges slots - 40 slots or higher As per RFP
215 of 287 No. of tape cartridges slots - 100 slots and scalable to 400.Data is generating more 
636 Inspira
than we assume. For maintaining the allowed windows backup and also meet future 
requirement it is highly recommended to consider the asked scalability
xvii) Tape library with tapes, Page  2 x LTO HH Ultrium 8 (or higher) FC Drive are to be supplied. 2 x LTO 8/LTO 9 Half-Height Tape Drives and scalable to 22 FC Drive are to be  As per RFP. Bidder may propose 
637 Inspira 215 of 287 supplied..LTO 9 is already introduced and LTO 8 is now old generation, hence it is  higher specification as required
requested to consider LTO 9 also
xvii) Tape library with tapes, Page  2x8/ 16 Gb FC port per drive with transceivers required if any Should support  The proposed solutions should be supplied with given below: Proposed tape library  As per RFP
215 of 287 backup server FC HBA should support following connectivity: - 
• Drive Interfaces - 8 Gb Fibre Channel
638 Inspira
• Management Interface: 1 GbE.Asked specifications is restrictive in nature and 
favouring a specific OEM, for larger participations requesting you to rephrase as per 
suggestions
xvii) Tape library with tapes, Page  Capacity - Supported Cartridges – minimum 6 TB native/ 15 TB compressed  Proposed Tape library should support System Capacity Range (TB) for LTO-8  As per RFP
215 of 287 (Ultrium 8). (raw/compressed)  should be 300 to 4,800  / 750 to 12,000.Asked specifications is 
639 Inspira
restrictive in nature and favouring a specific OEM, for larger participations requesting 
you to rephrase as per suggestions
xvii) Tape library with tapes, Page  Suggestions  Proposed tape library should provide the highest level of security by creating a  As per RFP. Bidder may propose 
215 of 287 physical barrier between tapes and the tape robot. Data stored on tapes that have  higher specification/additional 
been ‘blocked’ cannot be accessed even in the unlikely event that a tape library is  features as required
640 Inspira
hacked..Data is very critical for any organization and solution considered to take 
backup should be capable to provide highest level of security. Hence requesting you to 
please consider the same
xvii) Tape library with tapes, Page  Suggestions  As per RFP. Bidder may propose 
215 of 288 Proposed tape library should have feature like a secure, isolated in-library vault  higher specification/additional 
partition that cannot be visible to applications or network, and it should be able to  features as required
641 Inspira
protects data against ransomware and other cyber threats..Data is very critical for any 
organization and solution considered to take backup should be capable to provide 
highest level of security. Hence requesting you to please consider the same
Page 62 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

xvii) Tape library with tapes, Page  Suggestions  As per RFP. Bidder may propose 


215 of 289 Proposed tape library should support multifactor authentication option for library UI  higher specification/additional 
login using standard MFA applications to protect library admin/user accounts with an  features as required
642 Inspira
additional layer of security via a time-based one-time password..Data is very critical 
for any organization and solution considered to take backup should be capable to 
provide highest level of security. Hence requesting you to please consider the same
xvii) Tape library with tapes, Page  Suggestions  As per RFP. Bidder may propose 
215 of 290 Proposed tape library should support partitioning up to 24 partitions per system, so  higher specification/additional 
that systems can be shared between multiple applications..Asked feature will help  features as required
643 Inspira
customer to customized backup based on their heterogenous environment and 
specific to any requirement. Hence partitioning is very important features and 
requesting you to consider the same
xvii) Tape library with tapes, Page  Suggestions  As per RFP. Bidder may propose 
215 of 291 Proposed tape library should support auto-discovery and auto-calibration features for  higher specification/additional 
644 Inspira
installed/added components (modules, tapes, drives, magazines, etc.).Asked feature  features as required
will help customer to reduce management overhead and decrease backup windows
xvii) Tape library with tapes, Page  Suggestions  As per RFP. Bidder may propose 
215 of 292 Proposed tape library must have proactive diagnostics feature to constantly  higher specification/additional 
monitoring the tape library environment, including media, tape drives, including tape  features as required
645 Inspira library. All degraded conditions, including media and drive conditions, can be 
detected, and alerted proactively to make tape easier to manage and minimize 
downtime..Asked feature will help customer to minimize down time of  tape library 
and its related components
xviii) Disk to Disk Backup  Minimum value of Maximum Write Throughput 20 TB/hr As per RFP. Bidder may propose 
Solution, Page 216 of 287 higher specification/additional 
646 Inspira
Minimum value of Maximum Write Throughput 35 TB/hr.Asked feature will help to  features as required
reduce backup windows and inline with asked requirement
xviii) Disk to Disk Backup  Usable Capacity Minimum 45 TB Usable Capacity - From 5 TB to 300 TB.Useable capacity should be flexible enough to  As per RFP
647 Inspira
Solution, Page 216 of 287 take a small amount of data as well as large data lake
xviii) Disk to Disk Backup  The proposed D2D backup Appliance/ solution must support NFS, CIFS, VTL,  The proposed D2D backup appliances support multiple protocols including NAS, OST,  As per RFP.
Solution, Page 216 of 287 NDMP & OST simultaneously. Proposed appliance should support global or  VTL, and Veeam Data Mover Service, and are integrated and certified with a broad 
648 Inspira inline data duplication using automated variable/ fixed block length  range of leading backup applications..Asked specifications is restrictive in nature and 
deduplication or equivalent technology. favouring a specific OEM, for larger participations requesting you to rephrase as per 
suggestions
xviii) Disk to Disk Backup  D2D Backup Appliance/ solution must have deduplication feature to  As per RFP. Bidder may propose 
Solution, Page 216 of 287 compress data. D2D Backup Appliance/ solution must have variable-length deduplication algorithm to  higher specification/additional 
maximize data reduction and minimize network traffic during replication..variable- features as required
length deduplication, which minimizes disk requirements and dramatically shrinks 
649 Inspira
customer's replication bandwidth needs, and their overall footprint. Plus, high-speed 
disk backup and data recovery capabilities, now with secure snapshot capabilities, 
enable customer to reduce recovery time and  backup window—plus,  save on 
resources.
xviii) Disk to Disk Backup  Integration with hypervisor - The proposed backup software should support  As per RFP
Solution, Page 216 of 287 restoring a single VM, single file from a VM, a VMDK restore from the same  The proposed solution should integrate with all the leading virtualization software and 
management console for ease of use. provide fast disk backup and restore with deduplication efficiency, ransomware 
protection, and automated replication for disaster recovery. Secure your backups by 
650 Inspira
isolating snapshots in a tier that is nonnetwork addressable. Snapshots cannot be 
deleted or encrypted, making data immutable..Asked specifications is restrictive in 
nature and favouring a specific OEM, for larger participations requesting you to 
rephrase as per suggestions
xviii) Disk to Disk Backup  Suggestions  As per RFP
Solution, Page 216 of 287 Proposed disk to disk solution should provide continuous namespace replication for 
disaster recovery (DR) purposes, and should offers better replication and more 
granularity (cartridge/file trigger based + snapshots) at no additional cost. Meet 
Recovery Point and Recovery Time Objectives (RPO and RTO). It should provide option 
651 Inspira
to choose a desired replication strategy: one to one, one to two, or fifty to one. Every 
partition in disk to disk backup solution unit can be a source and target, similar to peer-
to-peer replication. Replication starts as backup ingest occurs to reduce replication 
time..enable customer to reduce recovery time and  backup window—plus,  save on 
resources.
Page 63 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

xii) Servers for Units (For AD/  64 GB RAM using DDR4 with 32GB Modules, ECC Memory and server should  64 GB RAM using DDR4 with 32GB Modules, ECC Memory and server should support   As per RFP


Antivirus), Page 208 of 287 support 1 TB memory or higher. The server should have minimum 24 DIMM  Up to 6TB (512GBx12) of memory for Intel Optane persistent memory (Perm). The 
652 Inspira
slots or higher server should have minimum 24 DIMM slots or higher.For future scalability please 
consider the same
xii) Servers for Units (For AD/  Network controller 2 Nos. x 1GB ports  Dedicated (1) gigabit Ethernet (GbE) management port.Asked specifications is  Refer Amendment 3
653 Inspira Antivirus), Page 208 of 287 restrictive in nature and favouring a specific OEM, for larger participations requesting 
you to rephrase as per suggestions
xii) Servers for Units (For AD/  Expansion Slots - 4 PCI slots or higher Optional Network Interface Card (NIC): 10G SFP+ dual-port OCP PHY mezzanine, and  As per RFP
Antivirus), Page 208 of 287 quad-port OCP PHY mezzanine.Asked specifications is restrictive in nature and 
654 Inspira
favouring a specific OEM, for larger participations requesting you to rephrase as per 
suggestions
xii) Servers for Units (For AD/  Should support minimum 12 Gbps SAS Controller with 2GB Flash Backed  As per RFP
Antivirus), Page 208 of 287 Write Cache or equivalent or higher. Controller should support RAID levels 0,  Should support minimum 12 x SATA 6Gb/s ports, withSATA RAID-0, RAID-1, RAID-
655 Inspira
1, 5 and 6. 1+0.Asked specifications is restrictive in nature and favouring a specific OEM, for 
larger participations requesting you to rephrase as per suggestions
i) Backup software/ Appliance,  The proposed backup software should be available on various OS platforms  As per RFP
Page 239 of 287 like SLES, Windows, Linux, Redhat etc. The backup server should be 
compatible to run on both Windows and Linux OS platforms. The Proposed backup appliance solution should be available on various OS platforms 
such as Windows, Linux and Unix platforms and be capable of supporting SAN based 
656 Inspira backup/restore from various platforms including Unix, Linux and Windows. It should 
able to integrate with virtualization software (such as VMware, Hyper-V and Nutanix 
Acropolis) and should be able to take both agent based and agent-less back-up of 
virtual servers..Asked specifications is restrictive in nature and favouring a specific 
OEM, for larger participations requesting you to rephrase as per suggestions
i) Backup software/ Appliance,  As per RFP. Bidder may propose 
Page 239 of 288 The proposed solution should have inbuilt asynchronous server based replication  higher specification/additional 
allowing replication of data to DR sites without any additional cost.  It should have  features as required
657 Inspira
data rewind capability and should also be able to replicate across the hypervisors (for 
like VMware to Hyper-V and vice-versa..enable customer to reduce recovery time and  
backup window—plus,  save on resources.
i) Backup software/ Appliance,  As per RFP
Page 239 of 289 Granular restoration along with BMR option for quick recovery of deleted files. For DB 
658 Inspira
& Mail applications expected granular restoration at application aware 
manner.Missing critical features. Please consider the same
i) Backup software/ Appliance,  The proposed backup solution should have in-built media management and supports  As per RFP. Bidder may propose 
Page 239 of 290 cross-platform device and media sharing in SAN environment. It provides centralized  higher specification/additional 
659 Inspira
scratch pool thus ensuring backup never fails for media.Missing critical features.  features as required
Please consider the same
i) Backup software/ Appliance,  As per RFP. Bidder may propose 
Page 239 of 291 Backup software should be able to rebuild the Backup/database catalogue from tapes  higher specification/additional 
660 Inspira
in the event of catalogue loss/corruption.Missing critical features. Please consider the  features as required
same
i) Backup software/ Appliance,  As per RFP. Bidder may propose 
Page 239 of 292 higher specification/additional 
661 Inspira
The proposed backup solution shall offer Open File support for Windows, Linux based  features as required
Servers..Missing critical features. Please consider the same
i) Backup software/ Appliance,  As per RFP. Bidder may propose 
Page 239 of 293 Backup Clients should be updated automatically using the client push or/and update  higher specification/additional 
662 Inspira
feature and install backup agent in the laptop, desktop and server from a single  features as required
console..Missing critical features. Please consider the same
i) Backup software/ Appliance,  The proposed backup solution should support online backup solutions for different  As per RFP. Bidder may propose 
Page 239 of 294 types of databases such as Oracle, MS SQL, Sybase, SQL, HANA, Informix etc. on  higher specification/additional 
663 Inspira
various OS. A combination of backup solution is acceptable.Missing critical features.  features as required
Please consider the same
i) Backup software/ Appliance,  The backups must be replicated to a remote DR site in near real time. When a backup  As per RFP. Bidder may propose 
Page 239 of 295 site renders unusable due to any reason it must be possible to recover all the data  higher specification/additional 
from its remote DR site. Management and administration of the cross-site replication  features as required
664 Inspira
functions shall all be done through the management software..Missing critical 
features. Please consider the same

Page 64 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

i) Backup software/ Appliance,  The backup software shall be capable of replication from site1 to site2 or vice-versa  As per RFP. Bidder may propose 


Page 239 of 296 for the backups done in each site in the backup file level and not in the storage  higher specification/additional 
665 Inspira
level..Missing critical features. Please consider the same features as required

3.2.1 Component 1: Site  The System Integrator is also required to furnish certificates from respective  Requesting to change support duration from 10 years to 7 years. .10 years support is  Refer Amendment 3


Preparation and Supply &  OEMs that the supplied hardware will be supported by them for a minimum  not supported by many OEMs
666 Inspira Installation of Hardware duration of ten (10) years from the date of commissioning of the hardware 
i.e. date of commissioning certificate issued by SPMCIL.

Table 15: Computer & Hardware  All non-ERP servers should be benchmark certified please clarify, what benchmarking certification is required? Refer Amendment 3


667 Inspira specifications & Page no. 61

Table 15: Computer & Hardware  Each partition should be logically isolated from other partition. Error in one  Please confirm whether the requirement is for logical partition or hardware partition. As per RFP


668 Inspira specifications & Page no. 61 partition should not affect the functioning of other partition on same physical 
server
Table 15: Computer & Hardware  I/O cards across partitions should not be shared Please remove this because same IO card can be used for logical partitions. Most of  Refer Amendment 3
specifications & Page no. 61 the SAP certified HCI node supporting only logical partition, not the Hardware 
669 Inspira partition..Asked specifications is restrictive in nature and favouring a specific OEM, for 
larger participations requesting you to rephrase as per suggestions

Table 15: Computer & Hardware  Each partition should have dedicated network interface ports, FC-HBA ports  Please remove this because same IO card can be used for logical partitions. Most of  Refer Amendment 3


specifications & Page no. 61 (as required), dedicated processor core & memory, OS image etc. the SAP certified HCI node supporting only logical partition, not the Hardware 
670 Inspira partition..Asked specifications is restrictive in nature and favouring a specific OEM, for 
larger participations requesting you to rephrase as per suggestions

Hyper Converged Infrastructure  Virtualization manager should be highly available with out of box HA.  Virtualization manager should be highly available (HA ). Virtualization manager should  Refer Amendment 3


(HCI) for DC and DR-  Virtualization manager should have the capability to monitor other same  have the capability to monitor other same platform virtualized workloads in the data 
671 Inspira Virtualization Management &  platform virtualized workloads in the data centre centre.Asked specifications is restrictive in nature and favouring a specific OEM, for 
Page no. 197 larger participations requesting you to rephrase as per suggestions

ANNEXURE 6: Existing  Pls. share the details of the Network layout SPMCIL intend to establish? Moreover –  As per RFP


connectivity options at DC, DRC &  we also like to understand the below:
business a.how much traffic would be out-bound and in-bound based?
units b.How many users and from which loca ons would access the SAP Servers and how?
672 Inspira c.How many will be VPN Users? Does SPMCIL have dark fibre laid between the plants?
d.This will be only MPLS based connec vity, or you plan to establish Secured SDWAN 
Solution?

Annexure 13: Payment Schedule Existing Payment Schedule mentioned for ICT Infra (HW & SW) Request to amend the payment terms as under for ICT Infra. As per RFP


Payment terms ICT (Only)
i.Delivery of all HW & SW at sites – 80% payment 
ii.Installa on of all HW & SW at sites – 20% payment 
673 Inspira
iii.O&M Bills – Qtrly pay outs
iv.10% yearly advance against equivalent PBG against the total amount of O&M pay
v.All due payments to be released in case of Site not ready (SNR)

Table 18: Sl. No.01 Page No.70  Applicability: Sole Bidder/ Lead Member in case of Consortium Applicability: Sole Bidder/ Any Member in case of Consortium As per RFP


Experience and Past Performance 
A.Similar Project Experience
(i)Should have experience of 
atleast 1 project relating 
tomigration from SAP ECC to 
674 BOSCH
SAPS/4HANA.
(ii)Should have experience of 
atleast 3 projects relating 
toimplementation of SAP 
S/4HANA

Page 65 of 66
RFP document reference & page Content of RFP requiring clarification(s) Points of clarification/Suggestions Response - SPMCIL
S. No. Vendors number

Table 18: Sl. No.02 Applicability: Sole Bidder/ Lead Member in case of Consortium Applicability: Sole Bidder/ As per RFP


page No. 70 & 71 Any Members in case of Consortium
Capacity Criteria Business 
Operation
i)Should be in SAP 
implementationbusiness for 
more than last five yearsas on the 
date of submission of thebid.
675 BOSCH
ii)Should be SAP certified partner 
formore than last 5 years as 
on31.03.2021
iii)Should have minimum 
50personnel withexpertise in 
SAPimplementation onits payroll.

Annexure-8 Technical  - From the current landscape (table 5) and sizing requirement (Annexure 8), there is no  As per RFP. Backup of SAP ECC 


Specifications & sizing  clarity on SAP ECC Sandbox system and S/4HANA Sandbox landscape. system is maintained at DRC 
requirement For system conversion from ECC to S/4 HANA, it is required to have ECC Sandbox  Hyderabad for testing and 
(Table-5, Page-24) (Minimum  (Copy of Production system) for: training purpose. The same can 
Sizing requirement of HANA  1. Pre-conversion checks & run reports in ECC sandbox– All simplification items  be used by SI.
System-Page 189) related to pre-conversion for conversion to S/4 HANA .
2. Fix application compatibility issue if needed.
3. Preparation activities for implementing the required configuration for mandatory 
676 Tech Mahindra activities.
4. To decide the number of mock conversions, we need to do and on what type of 
system.
5. To understand the need for cleaning up data & developments.
6. Custom development analysis.
7. Plan for functional impact.
Request you to give clarity on above points for better understanding for RFP 
requirements.

Page 66 of 66

You might also like